41
ORIGINAL REQUEST FOR PROPOSALS #Y9-813-PH DESIGN SERVICES FOR INTERNATIONAL DRIVE FORCE MAIN IMPROVEMENTS (LITTLE LAKE BRYAN PARKWAY SOUTH TO PUMP STATION 3597 ON WORLD CENTER DRIVE) DUE 2:00 P.M. –March 3, 2009 PROPOSER INFORMATION: NAME OF FIRM: BRINDLEY PIETERS & ASSOCIATES, INC. ADDRESS: Suite 180, 2600 Maitland Center Parkway (Street Address) ___________________________________________ (PO Box) Maitland, Florida 32751 (City, County, State, Zip) PHONE: 407.830.8700 FAX: 407.830.8877 AUTHORIZED SIGNATORY: Brindley Pieters, P.E. (Print Name) TITLE: President SIGNATURE: ___________________________________________________ CONTACT’S E-MAIL ADDRESS: [email protected] TIN# 59-3057983 NOTE: COMPANY NAME MUST MATCH LEGAL NAME ASSIGNED TO TIN NUMBER. CURRENT W9 MUST BE SUBMITTED WITH BID/PROPOSAL. IDENTIFICATION OF BUSINESS ORGANIZATION: Check the appropriate box that describes the organization of the firm proposing: [ ] Sole Proprietorship [ ] Partnership [ ] Joint Venture [ X ] Corporation State of Incorporation: Florida Principal Place of Business (Florida Statute Chapter 607): Suite 180, 2600 Maitland Center Parkway Maitland, Florida 32751 The Proposer represents that the following persons are authorized to sign proposals, negotiate and/or sign contracts and related documents to which the Proposer will be duly bound: Name Title Phone Number Brindley Pieters, P.E. President 407.830.8700 ADDENDUM ACKNOWLEDGEMENT: The Proposer shall acknowledge receipt of any addenda issued to the solicitation by completing the blocks below or by completion of the applicable information on the addendum and returning it not later than the date and time for receipt of the Proposal. Failure to acknowledge an addendum that has a material impact on the solicitation may negatively impact the responsiveness of your Proposal. Material impacts include but are not limited to changes to scope of work, delivery time, performance period, quantities, bonds, letters of credit, insurance, qualifications, etc. Addendum No . 1 Date February 10, 2009 Addendum No. _____ Date Addendum No. 2 Date February 25, 2009 Addendum No. _____ Date FORM A

Orange County International Drive Proposal March 2009

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Orange County International Drive Proposal March 2009

O R I G I N A LREQUEST FOR PROPOSALS

#Y9­813­PHDESIGN SERVICES FOR INTERNATIONAL DRIVE FORCE MAIN IMPROVEMENTS (LITTLE

LAKE BRYAN PARKWAY SOUTH TO PUMP STATION 3597 ON WORLD CENTER DRIVE)DUE 2:00 P.M. – March 3, 2009

PROPOSER INFORMATION:

NAME OF FIRM: BRINDLEY PIETERS & ASSOCIATES, INC.

ADDRESS: Suite 180, 2600 Maitland Center Parkway (Street Address)___________________________________________ (PO Box)Maitland, Florida 32751 (City, County, State, Zip)

PHONE: 407.830.8700FAX: 407.830.8877

AUTHORIZED SIGNATORY:    Brindley Pieters, P.E.    (Print Name)  TITLE:  President

SIGNATURE: ___________________________________________________

CONTACT’S E­MAIL ADDRESS:  bpieters@bpa­engineers.com

TIN# 59­3057983

NOTE: COMPANY NAME MUST MATCH LEGAL NAME ASSIGNED TO TIN NUMBER.  CURRENT W9 MUST BESUBMITTED WITH BID/PROPOSAL.

IDENTIFICATION OF BUSINESS ORGANIZATION:

Check the appropriate box that describes the organization of the firm proposing:

[   ] Sole Proprietorship [  ]  Partnership [   ]  Joint Venture  [ X ]  Corporation

State of Incorporation: Florida

Principal Place of Business (Florida Statute Chapter 607): Suite 180, 2600 Maitland Center ParkwayMaitland, Florida 32751

The Proposer represents that the following persons are authorized to sign proposals, negotiate  and/or signcontracts and related documents to which the Proposer will be duly bound:

Name Title  Phone NumberBrindley Pieters, P.E.  President  407.830.8700

ADDENDUM ACKNOWLEDGEMENT:

The  Proposer  shall  acknowledge  receipt  of  any  addenda  issued  to  the  solicitation  by  completing  theblocks below or by completion of the applicable information on the addendum and returning it not laterthan  the  date  and  time  for  receipt  of  the  Proposal.    Failure  to  acknowledge  an  addendum  that  has  amaterial impact on the solicitation may negatively impact the responsiveness of your Proposal.  Materialimpacts  include  but  are  not  limited  to  changes  to  scope  of  work,  delivery  time,  performance  period,quantities, bonds, letters of credit, insurance, qualifications, etc.Addendum No . 1  Date  February 10, 2009  Addendum No. _____  DateAddendum No.  2  Date  February 25, 2009  Addendum No. _____  Date

FORM A

Page 2: Orange County International Drive Proposal March 2009

PROJECT TEAM RFP Project Number Y9­813­PHTEAM NAME: BRINDLEY PIETERS & ASSOCIATES, INC.

                                                                                                                                                                                                     Federal I. D. Number: 59­3057983                                                                                                                                                                                                     Is Prime Consultant                                                                                                                                                                                                     a certified M/WBE Firm     Yes X    No______PRIME

RoleName and City of Residence of Individual Assigned to the Project Number of Years

ExperienceEducation, Degree(s) Florida Active Registration

Numbers

Principal­in­ChargeBrindley Pieters, P.E.Longwood 37 B.S. Civil Engineering Professional Engineer #35428

Project ManagerNeil Aikenhead, P.E.Jacksonville 38

M.S. SanitaryEngineeringB.S. Civil Engineering

Professional Engineer #14066

Project Architect (or Engineer)Bhushan Sawhney, P.E.Jonesboro 37

M.S. SanitaryEngineering,B.S. Civil Engineering,

Professional Engineer #68079

Project Construction Administrator

Other Key Member  (Utility Engineering)Tan Qu, Ph.D., P.E.DeLand 11

Ph.D. Design,Construction andPlanningM.Sc. ConstructionManagementB.Sc. Civil Engineering

Professional Engineer #66512

Other Key Member  (Utility Engineering)Randy AugatHolly Hill 23 B.A.

Other Key Member  (UtilityCoordination)

William McGheeDeLand 42

Other Key Member  (UtilityCoordination)

Patricia DickersonDeLand 9 B.S. Civil Engineering

Other Key Member (StructuralEngineering)

Peter Acel, P.E.Longwood 32

M.S. Civil Engineering(Structures)B.S. Civil Engineering

Professional Engineer #41699

FORM B

Page 3: Orange County International Drive Proposal March 2009

PRIME

RoleName and City of Residence of Individual Assigned to the Project Number of Years

ExperienceEducation, Degree(s) Florida Active Registration

Numbers

Other Key Member (Utility Engineering) Thomas Smith, P.E.Orlando 37 M.B.A. Management

B.S. Civil Engineering Professional Engineer #56378

Other Key Member (Utility Engineering Jack LoyerApopka 46

Other Key Member  (QualityControl/Quality Assurance)

Wesley Barnes, P.E.Fayetteville 36 B.S., Civil Engineering Professional Engineer #58326

Other Key Member  (QualityControl/Quality Assurance)

John NemethyOrlando 47

M. Eng. (Civil andAgricultural)B.S. AgriculturalEngineeringB.S. Civil Engineering

Professional Engineer #14854

SUBCONSULTANT

RoleCompany Name and Address of Office Handling this Project

 If CertifiedM/WBEspecify which

Projected % ofOverall work on theentire project

Name of Individual Assigned to theProject

ArchitectureMechanical Engineering

Electrical EngineeringElectrical Design Associates, Inc.2020 East Robinson StreetOrlando FL 32801

MWBE 3% Lillian Reyes, P.E.

Structural EngineeringCivil EngineeringLandscape Architecture

Other Key Member  ­ EnvironmentalEnvironmental Management & Design, Inc.Suite 100, 1615 Edgewater DriveOrlando FL 32804

WBE 2% Kathy HaleElizabeth Barker

Other Key Member   ­ SurveyingApex Engineering, Inc.4404 Simmons RoadOrlando FL 32812

WBE 12% Russell Brach, PSM

Other Key Member  ­ GeotechnicalAntillian Engineering Associates, Inc.3331 Bartlett BoulevardOrlando FL 32811

MBE 7% Peter Suah, P.E.

Note: Percentages indicated must conform to percentages indicated on Form CFORM B

Page 4: Orange County International Drive Proposal March 2009

LOCATION

Proposers shall complete and submit the information below to clearly identify the location and applicablepercentage of the work to be performed at each location listed. Also, proposers shall complete and sign theattached pages, 2 through 4, concerning location.  NOTE:  THE AFFIDAVIT/NOTARIZATIONREQUIREMENT (page 4).

PRIME CONSULTANT/CONTRACTOR(Name & Address)

  CITY   COUNTY    STATEZIP

  PERCENTAGEOF WORKASSIGNED

1. BRINDLEY PIETERS &ASSOCIATES, INC.   Maitland    Orange    Florida 76 %Suite 1802600 Maitland Center Parkway 32751

2.  %

3.  %

SUBCONSULTANT/SUBCONTRACTOR(Name & Address)

  CITY   COUNTY   STATEZIP

PERCENTAGEOF WORKASSIGNED

1. Electrical Design Associates, Inc.   Orlando    Orange   Florida 3 %

2020 East Robinson Street   32801

2.Environmental Management &Design, Inc.   Orlando    Orange   Florida 2 %

Suite 100, 1615 Edgewater Drive   32804

3. Apex Engineering, Inc.   Orlando    Orange   Florida 12 %

4404 Simmons Road   32812

4.Antillian Engineering Associates,Inc.   Orlando    Orange   Florida 7 %

3331 Bartlett Boulevard   32811

5. %

6. %

7. %

Use additional pages if necessary ­ Total Percentage must equal 100%Revised 5/6/04 FORM C

      1

Page 5: Orange County International Drive Proposal March 2009

LOCATION (continued)

1. Current domicile of Project Manager.

Name of Project Manager  Neil Aikenhead, P.E.

City & County Jacksonville, Duval

State Florida

2. Will Project Manager relocate to an Orange County address to facilitate contractperformance? (check appropriate line)

No Not Applicable

If Project Manager will not relocate, explain how the Project Manager will manage the projectand maintain close communication with the County.

Yes ü Not Applicable

If yes, please explain when relocation will occur in relationship to contract award.

Mr. Aikenhead currently owns a home in Poinciana, Florida and he is excited about relocating back toCentral Florida from Jacksonville to work on this and future Orange County Utilities projects.

Mr. Aikenhead will manage this Y9­813­PH contract from BPA’s Main office in Maitland. He willrelocate as soon as possible after award of contract, if not before. He will begin as soon as possible ataward to initiate contract, scope and fee meetings with Orange County’s Project Manager and he willcontinue to manage the project through the preliminary engineering, construction documents, bidding,and construction administration phases.

FORM C2

Page 6: Orange County International Drive Proposal March 2009

LOCATION (continued)

1. Current domicile of Project Engineer.

Name of Project Engineer  Bhushan Sawhney, P.E.

City & County Jonesboro, Clayton

State Georgia

2. Will Project Engineer relocate to an Orange County address to facilitate contractperformance? (check appropriate line)

No Not Applicable

If Project Engineer will not relocate, explain how the Project Manager will manage the projectand maintain close communication with the County.

Yes ü Not Applicable

If yes, please explain when relocation will occur in relationship to contract award.

Mr. Sawhney will relocate to work from BPA’s Orange County office in Maitland as soon as possibleafter award of contract, if not before. Both BPA and Mr. Sawhney recognize the value of OrangeCounty Utilities Department work and during these uncertain economic times, providing services to avalued client is a goal we believe can be further realized by Mr. Sawhney’s relocation to Florida.

Mr. Sawhney will immediately after award begin coordination efforts with BPA’s Project Managerto initiate contract, staffing, scheduling tasks and other key elements of the project development.He will provide experienced, professional project engineering efforts for the remainder of the contractfrom preliminary engineering through construction documents, bidding, and construction administration.

FORM C3

Page 7: Orange County International Drive Proposal March 2009

LOCATION (continued)

AFFIDAVIT

Under penalties of perjury, I swear affirm that the preceding location information is true and  correct.I also acknowledge  that  any  material  misrepresentation  will  be  grounds  for    terminating  for  defaultany contract, which may have been awarded due in whole or part to   such misrepresentation.   I alsounderstand that  false  statements may  result  in criminal   prosecution  for a  felony of  the third degreeper Section 92.525(3), Florida Statutes.

_______________________________ Brindley Pieters & Associates, Inc.Authorized Signatory Name of  Proposer

Brindley Pieters, P.E. March 4, 2009Typed or Printed Full Name Date

PresidentTitle

On this  _____ day of  _________, 20____, before me appeared (name) __________________

_____________________, to me personally known, who being duly sworn, did execute the

foregoing affidavit, and did state that he or she was properly authorized by (name of firm)

_____________________________________ to execute the affidavit and did so as his or her

free act and deed.

Notary Public ______________________

Commission Expires   ______________________

(seal)

Date _________________________

State of Florida

County of   Orange

FORM C4

Page 8: Orange County International Drive Proposal March 2009

SIMILAR PROJECTS

PROJECT MANAGER

USING PAGES D1 ­ D5 only ­ List up to five SIMILAR PROJECTS, (one project per page), forwhich  services  have  been  SUCCESSFULLY  COMPLETED  WITHIN  THE  PAST  TEN    (10)YEARS, which most closely  match the scope of work in this RFP, as identified in similar projectdescription, wherein the proposed Project Manager has performed IN THE SAME  CAPACITYwith your firm, or other firms.

LIST  THE  ONE  PROJECT  MANAGER  ONLY  AS  INDICATED  ON  FORM  B.  Proposers  mustexplain  and  emphasize  how  each  element  of  the  similar  project  description  was  performed  inconjunction with the project listed.

The  Proposer  shall  ensure  that  the  basic  description  of  the  similar  project,  including  all  requiredperformance  requirements  and/or  dimensions  are identified  and  that  the  elements  are  adequatelyexplained  in the  text.   The description  shall   document how the  particular element  was performedin  conjunction    with  the  overall  project.       The  mere    listing  of  elements  without  specific    details  inthe body of the description will negatively impact the scoring for the project.

In addition, the   Proposer should provide a narrative of what skills were used  that are  similar innature to what is required in the scope of services for this RFP.

FORM D

Page 9: Orange County International Drive Proposal March 2009

Proposed Project Manager Name: NEIL AIKENHEAD, P.E..1.Project Name: HOOD ROAD, PHASE 2 FROM OLD ST

AUGUSTINE ROAD TO SHAD ROAD  Owner: Jacksonville Electric Authority  Reference Name, Address, Phone Number, Fax

Number, Email Address:Mr. Bradley Collier, Joint Projects Group Manager21 West Church StreetJacksonville FL 32202Phone 904.665.6493  Fax 904.665.5303Email: [email protected]

  Project Type B  Design or Consulting Fee: $200,000 (Utility Design only)  Design or Consulting Completion Date: (month/year)  December 2005  Construction Cost: $2,800,000 (Utility Work only)  Construction Completion Date 2007  Firm: RCMG/BPA  Summary of Work:

The  project  consisted  of  the  design  and  construction  of  approximately  8,500  LF  of  20"  PVC water  mainwithin  the Hood Road Right­of­Way  in  Jacksonville, Florida. Hood Road  is a 3­lane  through 4­lane urbanroadway owned and maintained by the City of Jacksonville. The Hood Road Phase 2 project was part of theeast side improvements included in the overall Better Jacksonville Plan. Mr. Aikenhead managed the project,which  as  a  whole  included  the  development  of  construction  documents  for  both  the  roadway  and  utilityimprovements. The consulting fee and construction costs noted above, as well as the description below of Mr.Aikenhead’s role on the project are relative to the utility improvements included in the project.

1.PRELIMINARY DESIGN SERVICESAs  on  similar  Orange  County  Utilities  projects  completed  as  part  of  Public  Works  roadway  constructionprojects  or  FDOT  JPA  projects,  the  utility  work  was  designed  and  constructed  as  part  of  the  roadwaywidening work for the Hood Road project and, as such, the Preliminary Design was accomplished during theinitial plans preparation efforts and included in the Preliminary Design submittal (50% submittal). Similar toOrange  County  preliminary  design  efforts,  as  part of  this  Hood  Road  initial,  preliminary  design  submittal,Mr. Aikenhead oversaw the identification and coordination of potential horizontal and vertical pipe alignmentconflicts with existing utilities, drainage,  and other  existing  roadway  features. Mr. Aikenhead also oversawand coordinated the preliminary cost estimate, and the outlining of the permit requirements.

2.FINAL DESIGN SERVICESOversaw development of plans and specifications for phased submittal reviews (50%, 100%, and Final) withJEA and City of Jacksonville. Mr. Aikenhead oversaw and coordinated the submission of Bid Documents andConformed Construction Documents.

3.PERMITTING SERVICESMr.  Aikenhead  oversaw  review  of  all  permit  applications  and  submittal  of  all  permit  applications  withsupporting documentation as well as coordinating the response to requests for additional information. Permitapplications required for the project  included FDEP and JEA Water Distribution Permits along with City ofJacksonville right­of­way use permit (part of the roadway project also managed by Mr. Aikenhead).

4.CONSTRUCTION ADMINISTRATION SERVICESMr. Aikenhead oversaw coordination for Bidding the project, which included pre­bid meeting; responding tobidders requests for clarifications;  issuing addendum; preparing bid tabulations; checking bidder references;and  recommending  award.  For  the Construction  Phase,  Mr.  Aikenhead  oversaw  management  of  theConstruction Administration of the project and oversaw the construction management team’s efforts duringthe construction of the project. Mr. Aikenhead also oversaw the management of the CM team’s review of theContractor's shop drawings, change requests, and applications for payment.

Additionally, Mr. Aikenhead oversaw the review and approval of the final project Record Drawings.

FORM D­1

Page 10: Orange County International Drive Proposal March 2009

Proposed Project Manager Name: NEIL AIKENHEAD, P.E..2. Project Name: OLD ST. AUGUSTINE ROAD: FROM HOOD

LANDING TO JULINGTON CREEK  Owner: Jacksonville Electric Authority  Reference Name, Address, Phone Number, Fax

Number, Email Address:Mr. Bradley Collier, Joint Projects Group Manager21 West Church StreetJacksonville FL 32202Phone 904.665.6493  Fax 904.665.5303Email [email protected]

  Project Type A  Design or Consulting Fee: $300,000 (Utility Design only)  Design or Consulting Completion Date: (month/year)  May 2006  Construction Cost: $5,600,000 (Utility Work only)  Construction Completion Date 2008  Firm: RCMG/BPA

  Summary of Work:The  project  consisted of  the design and  construction  of  approximately  14,000  LF  of  24" PVC water  mainwithin the Old St. Augustine Rd. Right­of­Way in Jacksonville, Florida. Old St. Augustine Road is a 5­laneurban roadway owned and maintained by the City of Jacksonville. The Old St. Augustine Road project waspart of the east side improvements included in the overall Better Jacksonville Plan. Mr. Aikenhead managedthe project, which as a whole included the development of construction documents for both the roadway andutility improvements. The consulting fee and construction costs noted above, as well as the description belowof Mr. Aikenhead’s role in the project are relative to the utility improvements included in the project.

1.PRELIMINARY DESIGN SERVICESAs  on  similar  Orange  County  Utilities  projects  completed  as  part  of  Public  Works  roadway  constructionprojects  or  FDOT  JPA  projects,  the  utility  work  was  designed  and  constructed  as  part  of  the  roadwaywidening  work  for  the  Old  St.  Augustine  Road  project  and,  as  such,  the  Preliminary  Design  wasaccomplished  during  the  initial  plans  preparation  efforts and  included  in  the  Preliminary  Design  submittal(50% submittal). Similar to Orange County preliminary design efforts, as part of this initial Old St. AugustineRoad preliminary design submittal, Mr. Aikenhead oversaw the  identification and coordination of potentialhorizontal and vertical pipe alignment conflicts with existing utilities, drainage, and other existing roadwayfeatures. Mr. Aikenhead also oversaw and coordinated the preliminary cost estimate, and the outlining of thepermit requirements.

2.FINAL DESIGN SERVICESOversaw development of plans and specifications for phased submittal reviews (50%, 100%, and Final) withJEA and City of Jacksonville. Mr. Aikenhead oversaw and coordinated the submission of Bid Documents andConformed Construction Documents.

3.PERMITTING SERVICESMr.  Aikenhead  oversaw  review  of  all  permit  applications  and  submittal  of  all  permit  applications  withsupporting documentation as well as coordinating the response to requests for additional information. Permitapplications required for the project  included FDEP and JEA Water Distribution Permits along with City ofJacksonville right­of­way use permit (part of the roadway project also managed by Mr. Aikenhead).

4.CONSTRUCTION ADMINISTRATION SERVICESMr. Aikenhead oversaw coordination for Bidding the project, which included pre­bid meeting; responding tobidders requests for clarifications;  issuing addendum; preparing bid tabulations; checking bidder references;and  recommending  award.  For  the Construction  Phase,  Mr.  Aikenhead  oversaw  management  of  theConstruction Administration of the project and oversaw the construction management team’s efforts duringthe construction of the project. Mr. Aikenhead also oversaw the management of the CM team’s review of theContractor's shop drawings, change requests, and applications for payment.

Additionally, Mr. Aikenhead oversaw the review and approval of the final project Record Drawings.FORM D­2

Page 11: Orange County International Drive Proposal March 2009

Proposed Project Manager Name: NEIL AIKENHEAD, P.E..3. Project Name: LONE  STAR  ROAD:  FROM  MILL  CREEK

ROAD. TO ARLINGTON ROAD  Owner: Jacksonville Electric Authority  Reference Name, Address, Phone Number, Fax

Number, Email Address:Mr. Bradley Collier, Joint Projects Group Manager21 West Church StreetJacksonville FL 32202Phone 904.665.6493  Fax 904.665.5303Email [email protected]

  Project Type B  Design or Consulting Fee: $250,000 (Utility Design only)  Design or Consulting Completion Date: (month/year)  January 2005  Construction Cost: $4,000,000 (Utility Work only)  Construction Completion Date 2007  Firm: RCMG/BPASummary of Work:The  project  consisted  of  the  design  and  construction  of  approximately  4,000  LF  of  16”  PVC  water  mainwithin  the  Lone  Star  Road  Right­of­Way  in  Jacksonville,  Florida.  Lone  Star  Road  is  a  2­lane  and  3­laneurban roadway owned and maintained by the City of Jacksonville. The Lone Star Road project was part of theeast side improvements included in the overall Better Jacksonville Plan. Mr. Aikenhead managed the project,which  as  a  whole  included  the  development  of  construction  documents  for  both  roadway  and  utilityimprovements. The consulting fee and construction cost noted above, as well as the description below of Mr.Aikenhead’s role on the project, are relative to the utility improvements included in the project.

1.PRELIMINARY DESIGN SERVICESAs  on  similar  Orange  County  Utilities  projects  completed  as  part  of  Public  Works  roadway  constructionprojects  or  FDOT  JPA  projects,  the  utility  work  was  designed  and  constructed  as  part  of  the roadwaywidening work for the Lone Star Road project and, as such, the Preliminary Design was accomplished duringthe initial plans preparation efforts and included in the Preliminary Design submittal (50% submittal). Similarto  Orange  County  preliminary  design  efforts,  as  part  of  this  initial  Lone  Star  Road  preliminary  designsubmittal, Mr. Aikenhead oversaw the identification and coordination of potential horizontal and vertical pipealignment conflicts with existing utilities, drainage, and other existing roadway features. Mr. Aikenhead alsooversaw and coordinated the preliminary cost estimate, and the outlining of the permit requirements.

2.FINAL DESIGN SERVICESOversaw development of plans and specifications for phased submittal reviews (100% and Final) with JEAand  City  of  Jacksonville. Oversaw  and  coordinated  the  submission  of  Bid  Documents  and  ConformedConstruction Documents.

3.PERMITTING SERVICESMr.  Aikenhead  oversaw  review  of  all  permit  applications  and  submittal  of  all  permit  applications  withsupporting documentation as well as coordinating the response to requests for additional information. Permitapplications required for the project  included FDEP and JEA Water Distribution Permits along with City ofJacksonville right­of­way use permit (part of the roadway project also managed by Mr. Aikenhead)

4.CONSTRUCTION ADMINISTRATION SERVICESMr. Aikenhead oversaw coordination for Bidding the project, which included pre­bid meeting; responding tobidders requests for clarifications;  issuing addendum; preparing bid tabulations; checking bidder references;and  recommending  award.  For  the Construction  Phase,  Mr.  Aikenhead  oversaw  management  of  theConstruction Administration of the project and oversaw the construction management team’s efforts duringthe construction of the project. Mr. Aikenhead also oversaw the management of the CM team’s review of theContractor’s shop drawings, change requests, and applications for payment.

Additionally, Mr. Aikenhead oversaw the review and approval of the final project Record Drawings

FORM D­3

Page 12: Orange County International Drive Proposal March 2009

Proposed Project Manager Name: NEIL AIKENHEAD, P.E..4.Project Name: KERNAN BOULEVARD. PHASE 2 FROM

BEACH BOULEVARD TOMcCORMICK/WONDERWOOD EXPRESSWAY

  Owner: Jacksonville Electric Authority  Reference Name, Address, Phone Number, Fax

Number, Email Address:Mr. Bradley Collier, Joint Projects Group Manager21 West Church StreetJacksonville FL 32202Phone 904.665.6493  Fax 904.665.5303Email [email protected]

  Project Type A  Design or Consulting Fee: $270,000 (Utility Design only)  Design or Consulting Completion Date: (month/year)  April 2006  Construction Cost: $4,800,000 (Utility Work only)  Construction Completion Date 2007  Firm: RCMG/BPA

  Summary of Work:The  project  consisted  of  the  design  and construction  of  approximately  13,500  LF  of  24"  PVC  water  main;6,000 LF of 30" HDPE Horizontal Directionally Drilled water main; 12,500 LF of 30" DIP reclaimed watermain; and 3,300 LF of 30" HDPE Horizontal Directionally  Drilled  reclaimed water main within  the KernanBoulevard. Right­of­Way in Jacksonville, Florida. Kernan Boulevard  is a 6­lane divided roadway owned andmaintained  by  the  City  of  Jacksonville.  The  Kernan  Boulevard  Phase  2  project  was  part  of  the  east  sideimprovements included in the overall Better Jacksonville Plan. Mr. Aikenhead managed the project, which asa whole included the development of construction documents for both roadway and utility improvements. Theconsulting fee and construction cost noted above, as well as the description below of Mr. Aikenhead’s role onthe project, are relative to the utility improvements included in the project.

1. PRELIMINARY DESIGN SERVICESAs  on  similar  Orange  County  Utilities  projects  completed  as  part  of  Public  Works  roadway  constructionprojects or FDOT JPA projects, the utility work was designed and constructed as part of the roadway wideningwork for the Kernan Boulevard Phase 2 project and, as such, the Preliminary Design was accomplished duringthe initial plans preparation efforts and included in the Preliminary Design submittal (50% submittal). Similarto  Orange  County  preliminary  design  efforts,  as  part  of  this  initial  Kernan  Boulevard  Phase  2  preliminarydesign  submittal,  Mr.  Aikenhead  oversaw  the  identification  and  coordination  of  potential horizontal  andvertical  pipe  alignment  conflicts  with  existing  utilities,  drainage,  and  other  existing  roadway  features.  Mr.Aikenhead also oversaw and coordinated the preliminary cost estimate, and outlining of permit requirements.

2. FINAL DESIGN SERVICESOversaw development of plans and specifications for phased submittal reviews (50%, 100%, and Final) withJEA  and  City  of  Jacksonville. Oversaw  and  coordinated  the  submission  of  Bid Documents  and  ConformedConstruction Documents.

3. PERMITTING SERVICESMr.  Aikenhead  oversaw  review  of  all  permit  applications  and  submittal  of  all  permit  applications  withsupporting documentation as well as coordinating the response to requests for additional  information. Permitapplications  required  for  the project  included FDEP and JEA Water Distribution Permits along with City ofJacksonville right­of­way use permit (part of the roadway project also managed by Mr. Aikenhead).

4. CONSTRUCTION ADMINISTRATION SERVICESMr. Aikenhead oversaw coordination for Bidding the project, which included: pre­bid meeting; responding tobidders  requests  for  clarifications;  issuing  addendum;  preparing  bid  tabulations;  checking  bidder  references;and  recommending  award.  For  the Construction  Phase,  Mr.  Aikenhead  oversaw management  of  theConstruction Administration of the project and oversaw the construction management team’s efforts during theconstruction  of  the  project.  Mr.  Aikenhead  also  oversaw  the  management  of  the  CM  team’s  review  of  theContractor's  shop  drawings,  change  requests,  and  applications  for  payment.  Additionally,  Mr.  Aikenheadoversaw the review and approval of the final project Record Drawings.

FORM D­4

Page 13: Orange County International Drive Proposal March 2009

Proposed Project Manager Name: NEIL AIKENHEAD, P.E..5 Project Name: KERNAN BOULEVARD PHASE 4 FROM

GLEN KERNAN PARKWAY. TO BEACHBOULEVARD

  Owner: Jacksonville Electric Authority  Reference Name, Address, Phone Number, Fax

Number, Email Address:Mr. Bradley Collier, Joint Projects Group Manager21 West Church StreetJacksonville FL 32202Phone 904.665.6493  Fax 904.665.5303Email [email protected]

  Project Type A  Design or Consulting Fee: $150,000 (Utility Design only)  Design or Consulting Completion Date: (month/year)  May 2008  Construction Cost: $1,500,000 (Utility Work only)  Construction Completion Date 2009  Firm: RCMG/BPA

  Summary of Work:The  project  consisted  of  design  and  construction  of  approximately  6,000  LF  of  30"  DIP  reclaimed  watermain  within  the  Kernan  Boulevard.  Right­of­Way  in  Jacksonville.  Kernan  Boulevard  is  a  6­lane urbandivided roadway owned and maintained by the City of Jacksonville. The Kernan Boulevard Phase 4 projectwas  part  of  the  east  side  improvements  included  in  the  overall  Better  Jacksonville  Plan.  Mr.  Aikenheadmanaged  the  project,  which  as  a  whole  included  the  development  of  construction  documents  for  bothroadway  and  utility  improvements.  The  consulting  fee  and  construction  cost  noted  above,  as  well  as  thedescription below of Mr. Aikenhead’s role on the project, are relative to the utility improvements included inthe project.

1. PRELIMINARY DESIGN SERVICESAs  on  similar  Orange  County  Utilities  projects  completed  as  part  of  Public  Works  roadway  constructionprojects  or  FDOT  JPA  projects,  the  utility  work  was  designed  and  constructed  as  part  of  the  roadwaywidening  work  for  the  Kernan  Boulevard  Phase  4 project  and,  as  such,  the  Preliminary  Design  wasaccomplished  during  the  initial  plans preparation  efforts  and  included  in  the Preliminary  Design  submittal(50%  submittal).  Similar  to  Orange  County  preliminary  design  efforts,  as  part  of  this  initial  KernanBoulevard phase 4 preliminary design submittal, Mr. Aikenhead oversaw the identification and coordinationof  potential  horizontal  and  vertical  pipe  alignment  conflicts  with  existing  utilities,  drainage,  and  otherexisting roadway  features. Mr. Aikenhead also oversaw and coordinated the preliminary cost estimate, andthe outlining of the permit requirements.

2. FINAL DESIGN SERVICESOversaw development of plans and specifications for phased submittal reviews (50%, 100%, and Final) withJEA and City of Jacksonville. Oversaw and coordinated the submission of Bid Documents and ConformedConstruction Documents.

3. PERMITTING SERVICESMr.  Aikenhead  oversaw  review  of  all  permit  applications  and  submittal  of  all  permit  applications  withsupporting documentation as well as coordinating the response to requests for additional information. Permitapplications required for the project included FDEP and JEA Water Distribution Permits along with City ofJacksonville right­of­way use permit (part of the roadway project managed by Mr. Aikenhead).

4. CONSTRUCTION ADMINISTRATION SERVICESMr. Aikenhead oversaw coordination  for Bidding the project, which  included: pre­bid meeting; respondingto  bidders requests  for  clarifications;  issuing  addendum;  preparing  bid  tabulations;  checking  bidderreferences; and recommending award. For the Construction Phase, Mr. Aikenhead oversaw management ofthe  Construction  Administration  of  the  project  and  oversaw  the  construction  management  team’s  effortsduring  the  construction  of  the  project.  Mr.  Aikenhead  also  oversaw  the  management  of  the  CM  team’sreview of the Contractor's shop drawings, change requests and applications for payment.

Additionally, Mr. Aikenhead oversaw the review and approval of the final project Record Drawings.FORM D­5

Page 14: Orange County International Drive Proposal March 2009

SIMILAR PROJECTS

PROJECT ENGINEER

USING PAGES E1 ­ E5 only ­ List up to five SIMILAR PROJECTS, (one project per page),  forwhich  services  have  been      SUCCESSFULLY  COMPLETED  WITHIN  THE  PAST  TEN    (10)YEARS, which most closely match the scope of work in this RFP, as identified in similar  projectdescription,  wherein  the  proposed  project  engineer  has  performed  IN  THE  SAME    CAPACITYwith your firm, or other firms.

LIST  THE  ONE  PROJECT  ENGINEER  ONLY  AS  INDICATED  ON  FORM  B.  Proposers  mustexplain  and  emphasize  how  each  element    of  the  similar  project  description  was  performed  inconjunction with the project listed.

The  Proposer  shall  ensure  that  the  basic  description  of  the  similar  project,  including  all  requiredperformance requirements and/or dimensions are identified and that the elements are adequately explainedin  the  text.    The      description    shall  document  how      the  particular  element    was    performed        inconjunction  with the overall project.   The mere listing  of elements  without   specific details  in      thebody of the description will negatively impact the scoring for the project.

In addition, the Proposer  should provide  a  narrative of  what skills were used  that are similar innature to what is required in the scope of services for this RFP.

FORM E

Page 15: Orange County International Drive Proposal March 2009

Proposed Project Manager Name: BHUSHAN SAWHNEY, P.E.1. Project Name: 48­INCH TRANSMISSION MAIN FROM

ATLANTA FULTON COUNTY TREATMENTPLANT TO ROBERTS DRIVE WATER TANKSIN ROSWELL

  Owner: Atlanta Fulton County Water Resources Commission  Reference Name, Address, Phone Number, Fax

Number, Email Address:Mr. Sameer Haidari, Manager of ProjectsCity of Atlanta650 Bishop Street NW Atlanta GA 30318Phone 404.557.5184  Fax 404.609.9861Email [email protected]

  Project Type A  Design or Consulting Fee: $3,400,000  Design or Consulting Completion Date: (month/year) June 1993  Construction Cost: $35,000,000  Construction Completion Date 1996  Firm: Williams­Russell and Johnson, Inc.  Summary of Work:

The  project  consisted  of  the  construction  of  approximately  50,000  LF  of  48"  DIP  water  main  along  GAHighway 400 in Fulton County, Georgia. GA Highway 400 is an 8­lane road owned and maintained by theGeorgia Department of Transportation. The project included several jack and bore road crossings, as well asa  river  crossing  (Chattahoochee River)  using  barges  and  ball  joint  pipe  for  the  installation  along  the  riverbottom..  The  original  alignment  routed  the  pipe  along  Roswell  road,  however  after  alignment  analysiscompleted  in the Preliminary Design phase,  the alignment was switched to GA Highway 400 R/W. Of theapproximately 50,000 LF of pipeline, all  but  the small portion of  the pipeline at  the plant,  tanks and  rivercrossing was constructed within the public right­of­way (SR GA400). Mr. Sawhney was responsible for themanagement and oversight  for  the design and production of construction documents  (plans,  specifications,cost estimates), and responsible  for  the preparation and submittals of all permit applications. Mr. Sawhneywas also responsible for the construction administration of the project and for the review and approval of thefinal project Record Drawings.

1. PRELIMINARY DESIGN SERVICESCoordinated  with  Georgia  Department of  Transportation  for  possible  route  alternatives  and  easements.  Aspart  of  the  Preliminary  Design  Mr.  Sawhney  completed  alternative  route  analysis  to  verify  conflicts andcrossings and provided route recommendations, and completed preliminary cost estimates.

2. FINAL DESIGN SERVICESCoordinated  topographic and boundary survey, parcel  legal descriptions and geotechnical  investigation  forthe  project  route.  Developed  plans  and  specifications  for  the  pipeline  installation,  details,  and  specialcrossings, with County reviews at 60%, 90%, and 100% completion. Site­specific details were developed tocoordinate all roadway and river crossings and termination at the treatment plant and water tanks.

3. PERMITTING SERVICESPrepared and submitted required permit applications, supporting documentation, and response to requests foradditional information for the required permits for construction and operation. The permits included GeorgiaEnvironmental Protection Division (GEPD) Drinking Water Permit and GDOT Utility Permit.

4. CONSTRUCTION ADMINISTRATION SERVICESBidding  services  included  attending  pre­bid  meeting;  responding  to  bidders  requests  for  clarifications;issuing addendum; preparing bid tabulation; checking bidder  references and preparing the recommendationof  award. Construction  phase  services  included  conducting  the  pre­construction  meeting  and  projectprogress meetings; performing periodic  site  visits;  issuing  instructions,  interpretations and clarifications ofthe  construction  documents  to  the  contractor;  reviewing  shop  drawing  submittals;  and  conducting  thesubstantial  completion  inspection  and  final  completion  inspection.  Prepared  record  drawings  and  GEPDcertification of construction completion.

FORM E­1

Page 16: Orange County International Drive Proposal March 2009

Proposed Project Manager Name: BHUSHAN SAWHNEY, P.E.2. Project Name: 54­INCH RAW WATER MAIN  Owner: Atlanta Fulton County Water Resources Commission  Reference Name, Address, Phone Number, Fax

Number, Email Address:Mr. Michael J Leonard, : Manager Water OperationsCecilwood Water Treatment PlantCity of Roswell GA 30075Phone 770.641.3816  Fax 770.641.3750Email [email protected]

  Project Type A  Design or Consulting Fee: $375,000  Design or Consulting Completion Date: (month/year) December 1999  Construction Cost: $4,000,000  Construction Completion Date October 2003  Firm: Williams­Russell and Johnson, Inc.  Summary of Work:

The project consisted of  the construction of approximately 12,000 LF of 54" DIP raw water main along OldAlabama Road in Fulton County, Georgia. Old Alabama Road is a 3 and 4­lane road owned and maintained byFulton County Public Works. The 54" raw water main also traversed a Georgia Power easement and wetlands.The design  and  construction  of  the  pipeline  through  the  wetlands  required  undercutting  up  to  20  feet  ofunsuitable soil and replacing the over excavated material with suitable  fill. There were several  jack and borecrossings of the road. Of the approximately 12,000 LF of pipeline, all but the pipeline constructed across thepower easement and wetland, was constructed within the public right­of­way (Old Alabama Road).

Mr. Sawhney was responsible for the management and oversight for the design and production of constructiondocuments  (plans,  specifications,  cost  estimates),  and  responsible  for  the  preparation  and  submittals  of  allpermit applications. Mr. Sawhney was also responsible  for the construction administration of  the project andfor the review and approval of the final project Record Drawings.

1. PRELIMINARY DESIGN SERVICESCoordinated with Atlanta Fulton County Public Works for possible route alternatives and easements. As partof the Preliminary Design Mr. Sawhney completed alternative route analysis to verify conflicts and crossingsand provided route recommendations, and completed preliminary cost estimates.

2. FINAL DESIGN SERVICESCoordinated topographic and boundary survey, and geotechnical investigation for the project route. Developedplans and specifications with County reviews at 60%, 90%, and 100% completion. Site specific details weredeveloped to coordinate all roadway, wetland, and power easement crossings. Coordinated the use of CountyFire Station properties for construction of surge control facilities to eliminate the need for buying property  inorder to protect existing surge control tanks.

3. PERMITTING SERVICESPrepared and submitted required permit applications, supporting documentation, and response to requests foradditional  information  for  the required permits  for construction and operation. The permits  included GeorgiaEnvironmental Protection Division (GEPD) Drinking Water Permit and Atlanta Fulton County Right­of­WayUse Permit.

4. CONSTRUCTION ADMINISTRATION SERVICESBidding services included attending pre­bid meeting; responding to bidders requests for clarifications; issuingaddendum; preparing bid tabulation; checking bidder references and preparing the recommendation of award.Construction phase services included conducting the pre­construction meeting and project progress meetings;performing  periodic  site  visits;  issuing  instructions,  interpretations  and  clarifications  of  the  constructiondocuments  to  the  contractor;  reviewing  shop  drawing  submittals;  and  conducting  the  substantial  completioninspection and final completion inspection. Prepared record drawings and GEPD certification of constructioncompletion.

FORM E­2

Page 17: Orange County International Drive Proposal March 2009

Proposed Project Manager Name: BHUSHAN SAWHNEY, P.E.3. Project Name: OLD ALABAMA ROAD WATER MAIN  Owner: Atlanta­Fulton County Water Resources Commission  Reference Name, Address, Phone Number, Fax

Number, Email Address:Mr. Michael J Leonard, : Manager Water OperationsCecilwood Water Treatment PlantCity of Roswell GA 30075Phone 770.641.3816  Fax  770.641.3750Email [email protected]

  Project Type B  Design or Consulting Fee: $228,000  Design or Consulting Completion Date: (month/year) April 1998  Construction Cost: $2,520,000  Construction Completion Date September 2000  Firm: Williams­Russell and Johnson, Inc.

Summary of Work:The  project  consisted  of  the  construction  of  approximately  18,000  LF  of  12"  PVC  water  main  in  FultonCounty, Georgia. The project was constructed for the Atlanta­Fulton County Water Resources Commissionon  Old  Alabama Road.  Old  Alabama Road  is  a  3  and  4­lane  rural  road owned  and  maintained by  FultonCounty. The project  included several  jack and bore crossings of  the 12­inch and pipe  in steel casing underthe roadway.

Mr.  Sawhney  was  responsible  for  the  management  and  oversight  for  the  design  and  production  ofconstruction  documents  (plans,  specifications,  cost  estimates),  and  responsible  for  the  preparation  andsubmittals of all permit applications. Mr. Sawhney was also responsible  for the construction administrationof the project and for the review and approval of the final project Record Drawings.

1. PRELIMINARY DESIGN SERVICESCoordinated with Atlanta Fulton County Public Works for possible route alternatives and easements. As partof the Preliminary Design Mr. Sawhney completed alternative route analysis to verify conflicts and crossingsand provided route recommendations, and completed preliminary cost estimates.

2. FINAL DESIGN SERVICESCoordinated  topographic  and  boundary  survey,  and  geotechnical  investigation  for  the  project  route.Developed plans and specifications with County reviews at 60%, 90%, and 100% completion. Site­specificdetails were developed to coordinate all roadway crossings and connections with existing mains.

3. PERMITTING SERVICESPrepared and submitted required permit applications, supporting documentation, and response to requests foradditional information for the required permits for construction and operation. The permits included GeorgiaEnvironmental Protection Division (GEPD) Drinking Water Permit and Atlanta Fulton County Right­of­WayUse Permits.

4. CONSTRUCTION ADMINISTRATION SERVICESBidding  services  included  attending  pre­bid  meeting;  responding  to  bidders  requests  for  clarifications;issuing addendum; preparing bid tabulation; checking bidder references and preparing the recommendationof  award. Construction  phase  services  included  conducting  the  pre­construction  meeting  and  projectprogress meetings; performing periodic  site  visits;  issuing  instructions,  interpretations and clarifications ofthe  construction  documents  to  the  contractor;  reviewing  shop  drawing  submittals;  and  conducting  thesubstantial  completion  inspection  and  final  completion  inspection.  Prepared  record  drawings  and  GEPDcertification of construction completion.

FORM E­3

Page 18: Orange County International Drive Proposal March 2009

Proposed Project Manager Name: BHUSHAN SAWHNEY, P.E.4. Project Name: HOLCOMBE BRIDGE ROAD WATER MAIN  Owner: Atlanta­Fulton County Water Resources Commission  Reference Name, Address, Phone Number, Fax

Number, Email Address:Mr. Michael J Leonard, Manager Water OperationsCecilwood Water Treatment PlantCity of Roswell GA 30075Phone 770.641.3816  Fax 770.641.3750Email [email protected]

  Project Type A  Design or Consulting Fee: $380,000  Design or Consulting Completion Date: (month/year) April 1998  Construction Cost: $4,200,000  Construction Completion Date September 2000  Firm: Williams­Russell and Johnson, Inc.

Summary of Work:The  project  consisted  of  the  construction  of  approximately  12,000  LF  of  24"  PVC  water  main  in  FultonCounty, Georgia. The project was constructed for the Atlanta­Fulton County Water Resources Commissionon  Holcombe  Bridge  Road.  Holcomb  Bridge  Road  is  a  4­lane  roadway  owned  and  maintained  by  FultonCounty. The project  included several  jack and  bore crossings of  the 24­inch pipe  in  steel casing under  theroad.

Mr.  Sawhney  was  responsible  for  the  management  and  oversight  for  the  design  and  production  ofconstruction  documents  (plans,  specifications,  cost  estimates),  and  responsible  for  the  preparation  andsubmittals of all permit applications. Mr. Sawhney was also responsible  for the construction administrationof the project and for the review and approval of the final project Record Drawings.

1. PRELIMINARY DESIGN SERVICESCoordinated with Atlanta Fulton County Public Works for possible route alternatives and easements. As partof the Preliminary Design Mr. Sawhney completed alternative route analysis to verify conflicts and crossingsand provided route recommendations, and completed preliminary cost estimates.

2. FINAL DESIGN SERVICESCoordinated  topographic  and  boundary  survey,  and  geotechnical  investigation  for  the  project  route.Developed plans and specifications with County reviews at 60%, 90%, and 100% completion. Site­specificdetails were developed to coordinate all roadway crossings and connections with existing mains.

3. PERMITTING SERVICESPrepared and submitted required permit applications, supporting documentation, and response to requests foradditional information for the required permits for construction and operation. The permits included GeorgiaEnvironmental Protection Division (GEPD) Drinking Water Permit and Atlanta Fulton County Right­of­WayUse Permits.

4. CONSTRUCTION ADMINISTRATION SERVICESBidding  services  included  attending  pre­bid  meeting;  responding  to  bidders  requests  for  clarifications;issuing addendum; preparing bid tabulation; checking bidder references and preparing the recommendationof  award. Construction  phase  services  included  conducting  the  pre­construction  meeting  and  projectprogress meetings; performing periodic  site  visits;  issuing  instructions,  interpretations and clarifications ofthe  construction  documents  to  the  contractor;  reviewing  shop  drawing  submittals;  and  conducting  thesubstantial  completion  inspection  and  final  completion  inspection.  Prepared  record  drawings  and  GEPDcertification of construction completion.

FORM E­4

Page 19: Orange County International Drive Proposal March 2009

Proposed Project Manager Name: BHUSHAN SAWHNEY, P.E.5. Project Name: VIRGINIA HIGHLANDS WATER MAIN

REPLACEMENTS  Owner: City of Atlanta, Department of Watershed Management  Reference Name, Address, Phone Number, Fax

Number, Email Address:Mr. Sameer Haidari, Manager of ProjectsCity of Atlanta650 Bishop Street NW Atlanta GA 30318Phone 404.557.5184  Fax [email protected]

  Project Type B  Design or Consulting Fee: $2,100,000  Design or Consulting Completion Date: (month/year) September 2005  Construction Cost: $22,300,000  Construction Completion Date March 2008  Firm: Brindley Pieters & Associates, Inc.

Summary of Work:The project consisted of  the construction of approximately 110,000 LF of 6" through 12" DIP water mainsalong 64 neighborhood City streets in Atlanta, Georgia. The project included the design and construction for101,000 LF of 6" and 8" water mains and 9,000 LF of 12" water mains. The project was completed for theCity of Atlanta, Department of Watershed Management.

Mr.  Sawhney  was  responsible  for  the  management  and  oversight  for  the  design  and  production  ofconstruction  documents  (plans,  specifications,  cost  estimates),  and  responsible  for  the  preparation  andsubmittals of all permit applications. Mr. Sawhney was also responsible  for the construction administrationof the project and for the review and approval of the final project Record Drawings.

1. PRELIMINARY DESIGN SERVICESCoordinated with City of Atlanta Public Works for possible route alternatives and easements. As part of thePreliminary Design Mr. Sawhney completed alternative route analysis  to verify conflicts and crossings andprovided route recommendations, and completed preliminary cost estimates.

2. FINAL DESIGN SERVICESCoordinated  topographic  and  boundary  survey,  and  geotechnical  investigation  for  the  project  route.Developed plans and specifications with County reviews at 60%, 90%, and 100% completion. Site specificdetails were developed to coordinate all roadway crossings and conflict resolutions as well as connections toexisting mains.

3. PERMITTING SERVICESPrepared and submitted required permit applications, supporting documentation, and response to requests foradditional information for the required permits for construction and operation. The permits included GeorgiaEnvironmental Protection Division  (GEPD) Drinking  Water Permit and City of Atlanta Right­of­Way UsePermits.

4. CONSTRUCTION ADMINISTRATION SERVICESBidding  services  included  attending  pre­bid  meeting;  responding  to  bidders  requests  for  clarifications;issuing addendum; preparing bid tabulation; checking bidder references and preparing the recommendationof  award. Construction  phase  services  included  conducting  the  pre­construction  meeting  and  projectprogress meetings; performing periodic  site  visits;  issuing  instructions,  interpretations and clarifications ofthe  construction  documents  to  the  contractor;  reviewing  shop  drawing  submittals;  and  conducting  thesubstantial  completion  inspection  and  final  completion  inspection.  Prepared  record  drawings  and  GEPDcertification of construction completion.

FORM E­5

Page 20: Orange County International Drive Proposal March 2009

FORM F

SKILLS AND EXPERIENCE OF THE PROJECT TEAM

Using  a  maximum  of  three  pages,  8  1/2"  X  11",  labeled  “Form  F­1”  through  “Form  F­3”describe the experience of the entire project team as it relates to this project.  Title the first page“Skills and Experience of the Project Team” and label each page as described above. Include theexperience  of  the  prime  CONSULTANT  as  well  as  other  members  of  the  project  team;  i.e.,additional    personnel,  sub­consultants,  branch  offices,  team  members,  and  other  resourcesanticipated  to  be    utilized  for  this  project.    Name  specific  projects  (successfully  completedwithin the past ten  years) where the team members have performed similar projects previously.

Specifically identify the management plan. The management plan shall describe, at a minimum,the Proposer’s basic approach to the management of  the project, to  include reporting hierarchyof    staff  and  sub­consultants,  clarify  the  individual(s)  responsible  for  the  co­ordination  of  theseparate  components  of  the  scope  of  work  and  describe  the  quality  assurance/quality  controlplan.   Provide an organizational chart for the team and label as “Form F­4”;  the organizationalchart will be in addition to the three page maximum.

Revised 11/8/02 FORM F

Page 21: Orange County International Drive Proposal March 2009

SKILLS AND EXPERIENCE OF THE PROJECT TEAM

RESPONSIBLE OFFICEFor  this  contract,  Brindley  Pieters  and  Associates'  (BPA)  Orange  County  office  in  Maitland,  Florida  will  beresponsible for the management of the project, and will provide the backing companywide of over 50 engineersand support staff for the project.

PROJECT MANAGEMENT PLANBPA is excited and well prepared to undertake the challenges of this engineering contract based on the firm andstaff’s successful track record on previous Orange County Projects. The underlying reasons behind this successare the wide­ranging capabilities of our staff, our understanding of key issues gained by experience on similarprojects,  and  a  detailed Management  Plan  that  systematically  breaks  down  and  monitors  personnelassignments on a task by task basis.

BPA  utilizes  a  Management  Plan,  which  fully  describes  the  organization  and  responsibilities  of  each  teammember.  We  strongly  believe  in  periodic  team  meetings  with  County  staff  to  coordinate  project  details  andaddress key issues. Additional meetings will be held with our subconsultants to monitor their efforts and assuredeliverables are progressing satisfactorily.

All  project  tasks  will  be  integrated  into  a  Standard  Project  Schedule  using MS  Project  and  will  be  updatedmonthly to illustrate the status of various project activities. A copy of the updated schedule will accompany ourmonthly progress reports to the County's PM.

Key elements of our Management Plan include a detailed Project Control Plan and Quality Assurance Planthat not only describes the critical checkpoints during the course of the project, but also the assigned reviewer.

PROJECT CONTROL PLAN AND QUALITY ASSURANCE PLAN (QA/QC). For this project, BPA willprepare a project specific, detailed Project Control Plan and Quality Assurance/Quality Control  (QA/QC)Plan  to  govern  our  design  and  production  activities.  The  purpose  of  the  Project  Control  Plan  is  to  identifyproject tasks, schedule, responsibilities, and any special information and/or considerations. In addition, the planalso  establishes  the  organization  structure  for  the  project  including  lines  of  communications,  documentation,and  production  procedures  such  as  plan  checks,  filing  system  and  weekly  in­house  production  meetings.Furthermore,  the  work  plan  identifies  each  of  the  project  deliverables  and  related  tasks,  the  responsibleindividuals, and the schedule for completion of each of these tasks. The QA/QC Plan interfaces with the workplan  to  provide  detailed  peer  reviews  at  each  milestone  of  the  project  with  particular  attention  to  Countystandards and criteria. A key part of the BPA QA/QC Plan will be to have individuals review the work of theother QA/QC member as an independent check before being transmitted to the County.

TEAM AND FIRM EXPERIENCEBPA has strong experience on pipeline design projects similar to this assignment. BPA has completed numerousassignments for Orange County, including the Riverside Acres 4th Addition Water Main project, West RiversideAcres Water Main Project,  the Eastern Regional  Raw Water Main project,  the Eastern and Western RegionalWater Supply Facilities Expansions, and the Southern Regional Water Supply Facility. Each of these projectsprovides  direct,  relative  experience,  which  can  be  immediately  applied  to  the  expected  challenges  on  thisengineering assignment.

PROJECT TEAM. Our Management Plan  is  focused on our Project Manager, our Project Engineer, and oursupport staff to provide the necessary administrative controls, and technical direction and design experience forthis assignment. To complement and support the Project Manager and Project Engineer, BPA has assembled anoutstanding team of professionals drawn from our offices to address the technical requirements of  this projectand the coordination with other agencies  for the project. In addition, our Team  includes outside subconsultantspecializing  in  survey,  environmental  permitting,  electrical  engineering,  and  geotechnical  engineering.  ThisTeam is described below.

FORM F­1

Page 22: Orange County International Drive Proposal March 2009

SKILLS AND EXPERIENCE OF THE PROJECT TEAM

Leading  the  day­to­day  management  of  this  project  will  be Neil  Aikenhead,  PE,  who  will  serve  as  ProjectManager.  His  38  years  of  management,  planning  and  design  experience  on  the  similar  utility  and  roadwayprojects  in  public  right­of­ways  will  prove  particularly  valuable  in  guiding  our  team  and  coordinating  thealignment  analysis,  conflict  resolution,  and  coordination  with  Orange County  Public  Works,  Orlando­OrangeCounty  Expressway  Authority,  FDOT,  and  the  other  utility  agencies.  Mr.  Aikenhead’s  approach  to  themanagement of the project will be similar to his approach for the five projects listed on pages D­1 through D­5.He  will  initiate  the  project  scope  and  fee  negotiations,  negotiate  manhours  and  scope  elements,  produceschedules,  establish guidelines and  schedules  for project  meetings, project coordination,  oversee  and approvepreliminary  engineering  alignment  choices  and  cost  estimates,  oversee production  of  construction  documentsand phased submittals, and provide project management for the construction administration of the project.

Bhushan Sawhney, PE, is our Project Engineer and will serve as the focal point for the technical direction andproduction efforts of our  team. Mr. Sawhney  brings over 25 years of experience  in a variety of utility designprojects. These previous projects include many of the same critical elements that are present in the InternationalDrive  Force  Main  Improvements  Project.  As  on  this  International  Drive  project,  Mr.  Sawhney  designedsolutions  for  pipe  installations  on  projects  with  right­of­way  constraints,  separation  of  utilities  constraints,roadway  agency  (DOT,  County  Public  Works)  permitting,  jack  and  bore  and  horizontal  directional  drilledcrossings, wetland restraints, and large diameter pipe connections.

PROPOSED  PROJECT  STAFF. BPA has assembled an outstanding team of  seasoned design professionalswith  extensive  Orange  County  and  municipal  experience  (see  Organization  Chart  on  page  F­4).  Theseindividuals are  highly  motivated and committed  to delivering an outstanding project  to the County. BPA hasassigned Randy Augat and Tan Qu, P.E., to be responsible for the Utility Design elements of this project. Mr.Augat,  with  23  years  of  experience,  will  serve  as  the  design  lead  for  pipeline  alignment  and  all  designcoordination  with  agencies  and  other  utilities.  Mr.  Augat’s  background  includes  numerous  Orange  Countyprojects including the International Drive Force Main Replacement Project from Westwood Boulevard to LittleLake  Bryan  that  preceded  this  project.  Mr.  Augat  worked  on  the  previous  International  Drive  project  thatincluded the successful design of the 30­inch PVC force main with bypass piping as well as the development ofdetails  and  directions  for  the  sliplining  of  the  existing  30­inch  DIP  force  main  with  HDPE  pipe  for  theconversion  to  a  Reclaimed  Water  Main.  His  additional  Orange  County  Utilities  projects  include  McCullochRoad  Water  Main  Replacement  Project,  Curry  Ford  Road/E­14  Canal  Force  Main  Replacement  Project,Hiawassee Road Force Main Replacement Project, Votaw Road Water Main Replacement Project, McCormickRoad  Water  Main  Project,  Southern  Regional  Water  Supply  Project,  and  the  Eastern  and  Western  RegionalWater Supply Facilities.

Mr.  Qu  brings  over  eleven  years  of  experience  on  such  projects  as  Orange  County  Southern  Regional  WaterSupply  Facility,  Conserv  II  Master  Pump  Station,  and  the  Orlando  Utility  Commission  Project  RENEWReclaimed Water Main project.

Utility  Coordination  activities  will  be  undertaken  by William  A.  McGhee and Patricia  Dickerson.  Mr.McGhee brings over 40 years of experience  in roadway design and FDOT utility relocation coordination. Ms.Dickerson has over 9 years of experience, including Utility Coordination, Roadway Design and Permitting andthe point of contact for BPA's continuing contract with FDOT for Utility Coordination.

BPA has assigned Thomas Smith, P.E., and Jack Loyer to provide OOCEA and FDOT Coordination for thisassignment. Mr. Smith with 37 years experience and Mr. Loyer has over 30 years experience on highway designprojects and both have extensive experience in designing and coordinating roadway projects with OOCEA andFDOT.

FORM F­2

Page 23: Orange County International Drive Proposal March 2009

SKILLS AND EXPERIENCE OF THE PROJECT TEAM

Peter Acel, P.E. will serve as the structural engineer for any needed structural requirements for placing PumpStation  #3624  out  of  service.  Mr.  Acel  has  over  32  years  of  experience  on  structures,  pump  stations,  andwastewater facilities. Mr. Acel’s previous design experience on Orange County projects includes the SouthernRegional  Water Supply  Facility and  he  is currently providing  structural engineering  for  the Northwest WaterReclamation  Facility  Operations  and  Maintenance  Building  Hurricane  Hardening  and  the  NWRF  Phase  IIIexpansion.

BPA has assembled two outstanding of senior professionals to perform the quality control and quality assuranceefforts associated with this project. Wesley Barnes, P.E., with over 30 years experience, will be joined by JohnNemethy, P.E. with over 40 years experience, to lead the quality control efforts and provide cross­checks of theQA/QC process and design reviews.

SUBCONSULTANTS

Antillean  Engineering  will  provide  geotechnical  investigations  and  soils  information  under  the  direction  ofPeter Suah, P.E. Mr. Suah has over 20 years experience on numerous Orange County assignments. AntillianEngineering  projects  completed  for  Orange  County  include  Eastern  Regional  Water  System  Phase  I  and  IIexpansions,  Holden  Heights  Infrastructure  Improvements,  GINN  Master  Pump  Station,  and  numerous  othergeotechnical engineering assignments on utility installation projects.

Electrical Design Associates (EDA) will provide electrical engineering for placing Pump Station #3624 out ofservice. Ms. Lillian Reyes has 10 years experience providing electrical engineering services to Orange Countyon a variety of pump station construction and rehabilitation projects and including work at the Northwest WaterReclamation Facility Phase III expansion.

Environmental  Management  and  Design,  Inc.(EMD)  will  provide  environmental  services  for  wetlandidentification,  classification,  and  permitting  for  the  project  at  Pump  Station  #3624,  the  connection  to  PumpStation  #3597,  and  the  pipeline  installation  at  International  Drive. Ms.  Kathy  Hale  has  over  37  yearsexperience with environmental projects  in Florida. Elizabeth Baker has over 20 years experience on wetlanddelineation. EMD has extensive experience  in wetland delineation and permitting  in Orange County  includingBoggy Creek Road Widening, Taft­Vineland Road, Woodbury Road Extension, All American Boulevard, JohnYoung Parkway Widening, and numerous other projects.

Apex  Engineering will provide  the  right­of­way  mapping. Russell  Brach, P.M.S. has 19 years of surveyingexperience  including  numerous  Orange  County  projects as  well  as  numerous  Utility  projects  throughout  theState. Apex Engineering’s experience on Orange county projects, which are directly related to this InternationalDrive force main project include the following.• Topographic  Survey,  International  Drive  from  Westwood  Boulevard  to  Little  Lake  Bryan  Parkway.

Replacement  of  an  existing  wastewater  force  main  approximately  8700  FL.  The  project  was  completed  in2006. The International Drive Force Main project (Y9­813­PH) is an extension of this project starting at LittleLake Bryan Parkway.

• Topographic  Survey,  State  Road  535  from  World  Center  Drive  to  Poinciana  Boulevard.  Extension  of  areclaimed water main approximately 4000 LF. This project was completed in 2007. The International Driveproject (Y9­813­PH) intersects this project at State Road 535.

• Topographic  Survey,  Southern  Service  Area,  Eastern  Service  Area  Transmission  Main.  Installation  of  apotable water main approximately 22,000 LF. This project was completed  in 2007. The International Driveproject (Y9­813­PH) intersects International Drive at World Center Drive (SR 536).

• Sketch and Description, Pump Station #3597 at northwest corner of State Rod 535 and World Center Drive.Sketch and description  for  a construction easement adjoining pump station #3597. This project  is presentlybeing completed. The International Drive project (Y9­8130­PH) ends at this pump station.

FORM F­3

Page 24: Orange County International Drive Proposal March 2009

LegendBPA Brindley Pieters & Associates, Inc. (Prime Consultant)SubconsultantsApex Apex Engineering, Inc.EMD Environmental Management & Design, Inc.Antillian Antillian Engineering Associates, Inc.EDA Electrical Design Associates, Inc.

O R G A N I Z A T I O N A L   C H A R T

FORM F­4

ORANGE COUNTYPROJECT MANAGER

Elizabeth O’Reilly

QUALITY CONTROL/QUALITY ASSURANCE

BPA

Wesley Barnes, PEJohn Nemethy, PE

PRINCIPAL IN CHARGE

BPA

Brindley Pieters, PE

PROJECT MANAGER

BPA

Neil Aikenhead, PE

PROJECT ENGINEER

BPA

Bhushan Sawhney, PE

UTILITYENGINEERING

BPA

Randy AugatTan Qu, Ph.D., PE

SURVEY(WITH SUE)

APEX

Russell Brach, PSM

STRUCTURALDESIGN

BPA

Peter Acel, PE

ENVIRONMENTAL

EMD

Kathy HaleElizabeth Barker

GEOTECHNICAL

ANTILLIAN

Peter Suah, PE

ELECTRICAL

EDA

Lillian Reyes, PE

UTILITYCOORDINATION

BPA

William A. McGheePatricia Dickerson

AGENCYCOORDINATION

(PUBLICWORKS/OOCEA/FDOT)

BPA

Thomas Smith, PEJack Loyer

Page 25: Orange County International Drive Proposal March 2009

PROJECT SCOPE, APPROACH AND UNDERSTANDING

Using  a  maximum  of  five  pages,  8  "  x  11",  labeled  “Form  H­1”  through  “Form  H­5”,delineate  your  firm's  understanding  of  the  project  scope  and  approach  or  approaches  tosuccessful  completion,  specialized  skills  available,  special  considerations  and  possibledifficulties  in  completing  the  project  as  specified.  Describe  alternate  approaches  to  theproject, if applicable.  Title the first page “Project Scope, Approach and Understanding” andlabel each  page as described above.

Revised 11/8/02 FORM H

Page 26: Orange County International Drive Proposal March 2009

PROJECT SCOPE, APPROACH AND UNDERSTANDING

The  Brindley  Pieters  &  Associates,  Inc.  (BPA) Project Team  has carefully  reviewed  the Scope of Servicescontained  in RFP  #Y9­813­PH. BPA  Team  members  attended  the  pre­proposal  conference  to  increase  ourunderstanding  of  the  project  scope  and  services.  Team  members  have  visited  the  project  location  on  severaloccasions  to  develop  a  plan  that  includes  project  scope  and  project  approach  and  understanding.  BPA'sapproach  to  successfully  complete  the  project  incorporates  milestones  such  as  preliminary  engineering,  finaldesign, permitting, construction phasing and construction administration, and incorporates our understanding ofOrange  County  Utility  Department  projects  based  on our  firm  and  staff’s successful  work  on  many  OrangeCounty  Wastewater,  Potable Water,  and  Reclaimed Water  projects;  and  the  experience of members  of  ourstaff preparing the design and  construction documents for the similar force main rehabilitation project onInternational  Drive  ­  International  Drive  Force  Main  Replacement  Project  from  Westwood  Boulevard  toLittle Lake Bryan, Parkway, which preceded this International Drive force main replacement project.PROJECT UNDERSTANDINGThe purpose of the project is to replace an existing ductile iron force main which is deteriorated and at risk offailure.  Additionally,  as  part  of  the  force  main  replacement,  the  existing  force  main  shall  be  evaluated  forpossible  conversion  to  a  reclaimed water  main.  The proposed utilities  construction  documents  shall  meet  therequirements  of  Orange  County  Utilities  Manual  of  Standards  and  Specifications  for  Wastewater  and  WaterMain construction including Appendix D (List of Approved Products).

The overall project consists of the following:

1.  Replacing approximately 15,000 feet of 20­inch, 24­inch, and 30­inch H2S deteriorated DIP force main withsimilarly sized PVC or HDPE pipe.

2.  Evaluating  the  existing  deteriorated  force  main  piping  for  possible  conversion  to  reclaimed  watertransmission main to provide additional reuse capacity in the Southern Service Area (SSA).

3.  Connecting existing ancillary  force  mains  to the new  force  main while maintaining service  to all  existingutilities customers.

4. Remove existing Pump Station #3624 (W.E.D.S.) Pump Station from service.5.  Prepare  innovative construction  techniques  to minimize  impacts  to pedestrian and vehicular  traffic during

installation.

Members of our Project Team completed field visits of the project area and have worked on similar section ofthe  International  Drive  force  main.  The  existing  DIP  force  main  is  in  need  of  replacement  and  has  beenidentified as one of the priority areas  in the Orange County Utilities Water, Wastewater, and Reclaimed WaterMaster Plan. The DIP pipe has deteriorated along the top half of  the pipe due to H2S accumulation above thefluid levels flowing in the pipe. The pipe coating of the existing DIP pipe is unknown (possibly coal tar epoxy)but it has proved inadequate. Based on experience from the International Drive force main replacement projectfrom Westwood Boulevard to Little Lake Bryan Parkway, the smaller ancillary sewer system pipes connectingto  the  large  diameter  pipe  appear  to  be  in  generally  good  condition  and  will  not  require  replacement.  Theexisting DIP water mains are on the opposite side of both International Drive and World Center Drive from theforce main and should not present any significant conflicts with the force main  installation. Potential conflictswith existing water main crossings will need to be avoided. The existing 12­inch PVC reclaimed water main isinstalled  in  the  International Drive grass median. Connecting  the existing RWM to the proposed replacementreclaimed water main will be required.

The project scope includes coordinating work at two older existing Pump Stations. Pump Station #3624 will beplaced out of service as part of this project and existing flows from the station by­passed to the new force mainpiping. Pump Station #3597 will  be  rehabilitated as part of another Orange County project  and existing  forcemain pipe connections  to the pump station will be  rerouted to  the new  force main piping  in  this project. Theexisting  roadways  in  the project area  (International Drive, World Center Drive  (SR 536) and SR 535) do notneed  any  significant  repairs  to  pavement,  curb  and  gutter  or  sidewalks.  The  project  area  is  served  byunderground  utilities  including  electric,  phone  and  cable  television.  There  are  existing  OUC  maintainedroadway light poles along the entire length of the project on International Drive and World Center Drive.

FORM H­1

Page 27: Orange County International Drive Proposal March 2009

PROJECT SCOPE, APPROACH AND UNDERSTANDINGCRITICAL ISSUES

Orange  County  Utilities  Department  staff  has  been  dealing  with  line  breaks,  collapsed  pipe  and  other  pipefailures on the  International Drive  force  main  for  several  years. The  internal  corrosion of  the DIP force  mainsystems  requires  the  replacement  of  the  existing  pipe.  In  addition,  future  increased  flows  from  areadevelopments  will  also  require  adequate  reclaimed  water  main  pipe  capacity  in  the  area.  This  force  mainrehabilitation and  reclaimed water main pipeline  conversion project will  require careful coordination with  theplanned construction of several  large diameter reclaimed water mains along World Center Drive (SR 536) andSR 535 as well as the planned rehabilitation of Pump Station #3597. BPA has identified several critical issuesfor  the  project  identified  from  field  visits,  review  of  the  Orange  County  Water,  Wastewater,  and  ReclaimedWater Master Plan, and review of the Orange County Utilities current CIP program.

1. EXISTING AND PROPOSED UTILITIES: The existing utilities are constructed both within and in aneasement  adjacent  to  the  International  Drive  and  World  Center  Drive  right­of­ways.  The  water,  reclaimedwater, and wastewater systems, along with some fiber optic telephone and cable television systems, are withinthe existing right­of­way. For the most part, the existing telephone and cable television underground system andthe  existing  underground  electric  duct  bank  are  in  a  separate  utility  easement  adjacent  to  the  right­of­ways.Identification of these existing utilities and verification of their  location in the easements or right­of­ways willbe critical to minimize conflicts. Connections to the existing ancillary force mains will require by­pass piping inorder  to  maintain  service  to  the  existing  private  systems.  Connections  to  the  existing  reclaimed  water  mainscrossing  International  Drive will  require either open cutting  the  roadway with  related Maintenance of Trafficrequirements or, based on cost and scheduling,  the  installation of new Horizontal Directionally Drilled HDPERWM pipe under the southbound lanes to make the connection to the 12­inch RWM at the center median. Thereplacement of  the  force main piping will  require maintaining dual parallel pipelines within  the  right­of­way.On International Drive, due to the narrow right­of­way area behind the curb and gutter and the existing  forcemain and storm sewer piping in this narrow area, the replacement force main piping will most likely need to beinstalled  in  the  outside  southbound  lane.  An  alternative  alignment  would  be  to  install  the  force  main  in  thecenter  median  if  there  is  room  available  between  the  existing  telephone  ductbank  and  the  existing  reclaimedwater main. This option will require review and location verification prior to consideration. The construction ofthe  force  main  in  the  travel  and  turn  lanes  or  in  the  median  will  require  extensive  coordination  with  OrangeCounty  Public  Works  and  careful  coordination  with  the  Convention  Center  schedule  of  events.  The  existingutilities on World Center Drive (SR 536) and SR 535 are consistent with the utilities on International Drive. Thelimited area between curb and gutter and right­of­way on World Center Drive will require the installation of thenew  force  main  either  just  adjacent  to  the  existing  force  main  under  the  sidewalk  on  the  north  side  of  theroadway if space is available;  in the westbound outside lane (very difficult permit to procure from FDOT), or,with  proper  coordination  with  the  proposed  36­inch  water  main  installation  current  under  design,  and  ifseparation  requirements can be  maintained, on the  south  side of World Center Drive under  the  sidewalk. Theexisting utilities as well as those potential conflict points on the project  identified in the early site and as­builtdata  reviews will  be  located by survey,  coordinated with  the Utility Owner  and  verified by subsurface utilityexcavation. These potential conflict points will be evaluated and each solution to resolve the conflict reviewedfor  constructability,  cost,  maintenance  of  traffic,  and  permitting  restrictions  (Horizontal  Direction  Drill  depthrequirements,  jack  and  bore  setback  limits,  and  jacking/receiving  pit  locations.  There  are  proposed  utilitiescurrently under design which will be constructed in the project corridor and include a 20­inch reclaimed watermain along World Center Drive, a 12­inch reclaimed water main along SR 535, and the rehabilitation of PumpStation  #3597.  Careful  coordination  with  each  of  these  projects  will  occur  throughout  the design  in  order  toconnect the proposed reclaimed water main for this project to the reclaimed water mains currently under design,and to connect the proposed force main to the system designed for the rehabilitated Pump Station #3597.

2.  MAINTENANCE  OF  TRAFFIC:  Maintenance  of  traffic  within  the  project  areas  must  be consideredalong  every  street  and  at  each  intersection  and  driveway.  Special  attention  must  be  given  to  primary  accesspoints  and  streets  and  driveways  where  replacement  of  pipe  systems  will  occur.  This  is  critical  whenconsidering  emergency  fire,  ambulance  and  police  vehicles,  trash  collection,  mail  delivery,  and  bus  pick­upsand  drop­offs.  In  areas  where  there  are  existing  sidewalks,  pedestrian  traffic  must  be  considered  to  ensuresafety.

FORM H­2

Page 28: Orange County International Drive Proposal March 2009

PROJECT SCOPE, APPROACH AND UNDERSTANDING

Thoughtful phasing of the construction, and limiting disturbed areas will minimize adverse traffic impacts. Thegeneral  notes on the construction plans will  require the contractor  to close all open excavations at  the end ofeach  day.  The  Contractor  will  be  required  to  coordinate  his  schedule  with  major  Convention  Center  events(such as Homebuilders Convention) to ensure that no disruption of required capacity occurs due to constructionof the force main. Notes directing the Contractor to maintain traffic during critical dates will be included on theconstruction documents. These dates will be coordinated by the design team with Orange County Public Worksand the Convention Center. The existing Orange County Fire Station (Fire Station 56) will require emergencyvehicle  ingress and egress at all  times. The maintenance of  traffic  issues on World Center Drive and SR 535will be coordinated with FDOT and the Orlando­Orange County Expressway Authority as part of the requiredUtility Permit for the work in FDOT or OOCEA Right­of­Way. These Maintenance of Traffic plans will detailMOT requirements that meet FDOT Design Standards and MUTCD requirements.3.  DRAINAGE  AND  STORMWATER  RUNOFF:  In general,  the  roadway drainage within  the projectareas  is  collected  through curb or  area  inlets  and  transported  through  stormwater  pipes  to  discharge  outfalls.This  will  require  the  contractor  to  implement  and  maintain  extensive  erosion  and  sedimentation  control.  Theexisting drainage system on International Drive and World Center Drive is a closed drainage system with inletsand pipes  requiring careful  review of pipe  inverts and  the  location of all  trunk  lines adjacent  to  the proposedforce  main.  There  is  a  large  existing  box  culvert  crossing  World  Center  Drive  that  will  require  closeconsideration of  the  vertical  alignment of  the proposed force  main,  and a  large diameter  cross drain crossingInternational Drive requiring similar analysis.4.  PERMITTING:  In addition  to the FDEP Domestic Wastewater Construction Permit,  the proposed  forcemain construction on World Center Drive and SR 535 will require Utility Permits issued by the Orlando­OrangeCounty  Expressway  Authority  and  the  Florida  Department  of  Transportation.  The  two  agencies  use  similarpermit applications and have  similar  requirements  for  issuing permits  for utility  installations  in  their  right­of­ways. There are existing wetlands adjacent  to  International Drive, World Center Drive, and SR 535  that willrequire delineation and SFWMD  issued wetland  crossing permits, depending on wetland  limits and proposedpipeline  alignment.  Adjacent  to  the  two  Pump  Stations  included  in  the  project  (Pump  Stations  #3624  and#3597), there are wetlands, which will also require wetland permits for placing the Pump Station our of service(Pump Station #3624) and the  force main crossing to connect  to the rehabilitated Pump Station #3597. Thesewetland  permits  are  required  for  work  on  or  under  wetlands  and  will  require  an  early  identification  of  thewetland limits and classification of wetlands.

PROJECT SCOPE AND APPROACHTEAM COORDINATION AND PROJECT INITIATION: BPA's Project Team has been chosen based onknowledge and expertise. Team members have developed an excellent working relationship with each other andCounty Staff.. BPA's Project Manager will routinely and effectively coordinate and communicate with all teammembers. Project scope  input will be received from the Team Members and innovative/alternative approachesto completing the project will be considered. Utilizing a County approved format, BPA's Project Manager willprepare a proposal  identifying the project scope of services (including man­hours of  the prime consultant andsubconsultants), cost of services, method of compensation, and completion schedule and will meet with OCU'sProject  Manager  to  discuss  each  proposal  phase  to  meet  the  needs  of  the  project.  Preliminary  Engineeringphases will begin after receipt of the Purchase Order.

1.  COORDINATING  WITH  PUBLIC  WORKS  DEPARTMENT,  ORLANDO­ORANGECOUNTY  EXPRESSWAY  AUTHORITY  (OOCEA),  FLORIDA  DEPARTMENT  OFTRANSPORTATION  (FDOT)  AND/OR  THEIR  CONSULTANTS: BPA's  Project  Team  will  meetearly  with  Public  Works,  OOCEA  and  FDOT  to  immediately  begin  coordination  on  Maintenance  of  Trafficissues, permits,  and pipe alignment within Orange County, OOCEA, and FDOT right­of­ways. Both OOCEAand  FDOT  will  require  Utility  Permit  applications  for  the  work  on  World  Center  Drive  (SR  536/SR  417Expressway Ramp) and SR 535. These permits  require contacts with all other Utility Owners  in  the corridor,demonstrated  conflict  resolutions,  meeting  set­back  and  clearance  requirements,  and  detailed  Maintenance  ofTraffic  direction  to  the  Contractor.  BPA  is  very  experienced  with  utility  coordination  (we  are  one  of  threeFDOT District 5 Utility Relocation  Coordinating Continuing  Consultants) and we will utilize  our extensive

FORM H­3

Page 29: Orange County International Drive Proposal March 2009

PROJECT SCOPE, APPROACH AND UNDERSTANDING

contacts  with  the  other  Utility  Agencies  in  the  project  corridor,  and  OOCEA/FDOT  staff  and  consultants  tobegin  the coordination and permit application as  soon as possible after Preliminary Design and agreement ofpipeline alignments.2.  EVALUATION  OF  ALL  EXISTING  UTILITIES  AND  OCU  MASTER  PLAN:  BPA  willimmediately  begin  coordination  of  connections  and  tie­ins  to  the  proposed  OCU  wastewater  and  reclaimedwater  facilities  currently  under  design  within  and  adjacent  to  the  project  corridor.  The  proposed  20­inchreclaimed water main under design along the SR 417 Central Florida GreeneWay and ramps will  terminate atthe World Center Drive (SR 536) and International Drive intersection. This main should be interconnected withthe  24­inch  reclaimed  water  main  (converted  force  main)  proposed  for  this  project.  Coordination  with  theWoolpert Design Team (the SR 417 reclaimed water main design consultant) and OCU Project Managers willprovide the correct detailed approach to providing the design  for  the reclaimed water main crossing of WorldCenter  Drive  and  connection  of  the  two  systems.  The  proposed  12­inch  reclaimed  water  main  under  designalong  SR  535  south of  World  Center  Drive  (SR  536)  should  also  be  interconnected  to  the proposed 20­inchreclaimed water main (converted force main) proposed for this project. Coordination with the Woolpert DesignTeam (the SR 535 reclaimed water main design consultant) and OCU Project Managers will provide the correctdetailed approach to the alignment, World Center Drive crossing, and connections between the two reclaimedwater  main  systems.  The  proposed  Master  Pump  Station  #3597  rehabilitation  under  design  at  the  northwestcorner of  the SR 535/World Center Drive  intersection will  be  the  terminus point  for  the proposed force  maindesign  in  this  International  Drive  project.  Coordination  with  the  Black  &  Veatch  Design  Team  (the  PumpStation #3597 design consultant) and OCU Project Managers will provide the correct force main alignment andconnection  point  at  the  rehabilitated  Pump  Station.  The  existing  water,  wastewater,  and  reclaimed  watersystems, and all adjacent proposed system improvements described in the Orange County Utilities Master Planand CIP Program will be reviewed with OCU Project Manager  to  identify those system  improvements, whichcould  be  included  in  the  International  Drive  Force  Main  project  with  careful  consideration  of  budget  andscheduling constraints.3.  PRELIMINARY  ENGINEERING: This  phase  of  the  project  is  critical  because  it  generates  detaileddata used to evaluate the existing wastewater systems, and pumping stations and to formulate recommendationsto replace and place out of service these facilities. The Preliminary Engineering phase will begin with a meetingbetween our Project Manager and Project Engineer, OCU's Project Manager, and other Team and County Staffto  discuss  contract  requirements,  schedules,  reporting  requirements  and  communication  lines  for  all  projectareas. Our Project Team will compile existing information, and will make initial detailed field investigations todefine a preliminary construction alignment. Further field investigations will review the proposed alignment forconflicts  with  utilities  and  landscaping.  Adjustment  to  the  preliminary  alignment  will  be  made  to  minimizeconflicts. After  reviewing and  identifying permitting  requirements  for  replacement of  the wastewater  systems(pipe and pump station), OOCEA and FDOT Utility Permits and Wetland Permit, a PDM will be prepared. At aminimum, the PDM will summarize the data included in the system evaluation and include Drawings showingthe  proposed  pipe  alignment,  pipe  sizes  and  potential  conflicts/impacts  with  other  utilities,  trees,  andlandscaping. Alternative construction methods will be discussed and  final recommendations will be presentedalong  with  the  preliminary  estimate  of  probable  construction  costs.  The  PDM  will  identify  critical  issuesneeding special attention during Design and Construction. These may include survey control for right­of­ways,temporary  construction  easement,  or  permanent  easements,  high  groundwater  levels,  MOT,  safety,  and  anyspecial erosion/sedimentation control. A draft PDM will be submitted and after the review meeting, final PDMaddressing  review  comments  will  be  submitted.  Preliminary  Engineering  for  the  wastewater  facilities  (pumpstations and force mains) will be comprehensive. BPA will compile a checklist of existing data and complete asearch  of  the  County's  public  records  as  part of  our  evaluation  of  the  condition  and  locations  of  the  existingfacilities.  The published  data  will  be  back­checked  by  field  investigations  and  inventories of  the  force  mainsand pump stations. The inventory will include locations, lengths, sizes, type of pipe, and observed conditions ofthe  force  main  systems.  Pump  stations  will  be  inventoried  for  location,  type,  capacity,  pumps,  valves  andobserved physical condition. Available existing GIS information will be compared against the field observationsand corrections recorded. BPA will develop recommendations for the project and meetings will be held with theCounty to review the draft PDM and define the remaining phases of the project.

FORM H­4

Page 30: Orange County International Drive Proposal March 2009

PROJECT SCOPE, APPROACH AND UNDERSTANDING

4. SURVEYING AND GEOTECHNICAL INVESTIGATIONS: Topographic surveys will be providedwith  surveying  services  including  cross  sections  for  plan/profile  sheets,  right­of­way  and  easementidentification, and locating and verifying vertically and horizontally underground utilities. The existing utilitiesare all underground and require vacuum excavation to verify  their exact  location. Proposed connection pointsbetween existing and proposed facilities will be verified as well as other potential conflict points. Soil boringswill be required in the areas of proposed force main construction.5.  DESIGN  AND  PREPARATION  OF  CONSTRUCTION  DOCUMENTS: The  BPA  Team  willprepare the Contract Drawings, Specifications, Final Opinion of Construction Costs and Bid Documents per theCounty's Purchasing  requirements  for  advertisement  and  bid  of  the Project.  Our design  will  be based on  theOrange  County  Utilities  Standards  and  Construction  Specifications  Manual.  Phased  submittals  to  the  OCUProject Manager will occur at 60%, 90%, and 100% completion. Prior to the County's review, the BPA Teamwill  provide  a  Quality  Assurance/Quality  Control  (QA/QC)  review.  BPA  uses  QA/QC  procedures,  whichinclude  checklists  and  control  stamps and  will  integrate Orange County's Technical  Review Check  List.  TheBPA Team will meet with the Project Manager after each submittal to review the Design and propose revisions.After approval of the 90% submittal, the Team will prepare the 100% (Final) Construction Documents.6. PERMITTING: BPA will prepare permit applications as required by regulatory agencies with jurisdictionover the project. We anticipate that an FDEP permit will be required for the wastewater system improvements,and  OOCEA  and  FDOT  Utility  Permits  will  be  required.  A  South  Florida  Water  Management  District  JointApplication  for Dredge and  Fill  (wetlands)  may  be  required depending on pipe alignment and wetland  limitsadjacent to the pump stations. As part of  the permitting process, BPA will respond to Requests for AdditionalInformation  (RAIs)  and  review  specific  conditions  of  the  permits.  For  related  tasks,  such  as  converting  theexisting  force  main  to a  reclaimed water main and placing out of  service  the existing pump  stations, we willverify that permits are not necessary. Permitting will also include the preparation completion certifications.7. BIDDING ASSISTANCE: During this phase of the Project, BPA's Project Manager will coordinate withOrange County Purchasing  to provide  the Documents  that are complete and  ready  for bid and  to  resolve anyquestions on the Bid Form. We will provide Bid Documents so that bids are competitive and responsive. ThePre­Bid Conference organized by the BPA Project Manager will allow prospective bidders to ask questions andcomment  on  the  project.  We  will  address  requests  for  clarification  of  the  bid  documents  and  respond  toquestions in writing and issue written Addenda. The Project Team will evaluate the bid prices, list of materialsand  equipment  suppliers,  check  references  of  the  three  lowest  bidders,  prepare  certified  bid  tabulations  andrecommend award of the contract to the lowest responsive and responsible bidder. At contract award, BPA willprepare  signed  and  sealed  conformed  copies  of  plans  and  specifications  for  use  by  Orange  County  and  theContractor.8.  CONSTRUCTION  ADMINISTRATION  SERVICES:  The  BPA  Team  will  provide  GeneralConstruction  Administration  Services.  We will  review  shop  drawings  and  address  problems  in  the  field  withOrange County  Staff  and  the Contractor.  Should  design  changes  be  required,  they  will  be  completed by  ourTeam, approved by Orange County Staff, and transmitted to the Contractor. Detailed documentation certifyingand clearing the construction of the project will be transmitted to the County. Our project experience on OrangeCounty Utilities projects and all other projects has shown that effective communication and prompt attention toproblems  is a critical component of a successful project. The BPA Team will provide every effort during thisproject  to  avoid  potential  problems  with  detailed  attention  to  design  and  swift,  effective  responses  to  fieldconditions that will minimize change orders and cost increases. Detailed Construction Administration Serviceswill  be  provided  according  to  the  tasks  outlined  in  the  Scope of  Professional  Engineering  Services  for  RFP#Y9­813­PH.

FORM H­5

Page 31: Orange County International Drive Proposal March 2009

CONFLICT / NON­CONFLICT OF INTEREST STATEMENT

CHECK ONE

[ X ]  To the best of our knowledge, the undersigned firm has no potential conflict of interestdue to any other clients, contracts, or property interest for this project.

OR

[   ]  The undersigned firm, by attachment to this form, submits information which may be apotential conflict of interest due to other clients, contracts, or property interest for this project.

LITIGATION STATEMENT

CHECK ONE

[ X ]  The undersigned firm has had no litigation and/or judgments entered against it by anylocal, state or federal entity and has had no litigation and/or judgments entered against suchentities during the past ten (10) years.

[   ]  The undersigned firm, BY ATTACHMENT TO THIS FORM, submits a summary anddisposition of individual cases of litigation and/or judgments entered by or against any local,state or federal entity, by any state or federal court, during the past ten (10) years.

Brindley Pieters & Associates, Inc.COMPANY NAME

__________________________________________AUTHORIZED SIGNATURE

Brindley Pieters, P.E. NAME (PRINT OR TYPE)

PresidentTITLE

Failure to check the appropriate blocks above may result in disqualification of your proposal.Likewise, failure to provide documentation of a possible conflict of interest, or a summary ofpast litigation and/or judgments, may result in disqualification of your proposal.

Rev:1/29/03 FORM I

Page 32: Orange County International Drive Proposal March 2009

EMPLOYMENT DATA, SCHEDULE OF MINORITIES AND WOMEN (Rev. 1/99)

IFB/RFP Number & Title:  RFP # Y9­813­PH   DESIGN SERVICES FOR INTERNATIONAL DRIVE FORCE MAIN IMPROVEMENTS (LITTLELAKE BRYAN PARKWAY SOUTH TO PUMP STATION 3597 ON WORLD CENTER DRIVE)

Please provide the following data pertaining to your workforce.  If you have an Orange County workforce, it should be shown.  If you do not have an Orange County workforce, total permanent workforce should beshown.  If this is a Joint Venture, employment data shall be furnished for each firm composing the joint venture.  It is mandatory that you provide workforce data.  Failure to provide this form with yourbid/proposals may be cause  for rejection of your bid/Proposal.

MAJORITY MINORITYMALES

MINORITYFEMALES

JOB CATEGORIES  White Male  White Female  Black  Hispanic  AmericanIndian

AsianAmerican Black Hispanic American

Indian AsianAmerican TOTAL

Officials, Mgrs.Supervisors 1 2Professionals 5 1Technicians 2 2 1Sales WorkersOffice and Clerical 2 2Craftsman (Skilled) 2 1 1Operatives (Semi­Skilled)Laborers (Unskilled)Service WorkersApprenticesInterns/Co­OpsWages to WorkEmployeesTOTAL 10 3 5 2 2 22Changes Since LastReport N/A

The above reflects (Check One): ü    Orange County Workforce Total Permanent Workforce (Outside Orange County)ü

For Construction Projects Only:   Do you intend to hire new employees for the project?  ___  Yes  ____  No   If yes, how many approximately?  ____________

Name of Firm Brindley Pieters & Associates, Inc.        Period of Report March 4, 2009   No. of Years in Business in Orange County 2 months

Form Completed by Brindley Pieters, P.E., President _________________________________________________________________________Name/Title (Printed or Typed) Signature

Form Approved by      ___________________________________________________ _________________________________________________________________________Name/Title (Printed or Typed) Signature

FORM J

Page 33: Orange County International Drive Proposal March 2009

INFORMATION FOR DETERMINING JOINT VENTURE ELIGIBILITY

If the proposer is submitting as a joint venture, please be advised that this form [3 pages] MUST  becompleted and the REQUESTED written joint­venture agreement MUST be attached and  submittedwith  this  form.    However,  if  the  proposer  is  not a  joint  venture,  check  the  following    block:  ( ü  )NOT APPLICABLE and proceed to Form L.

1.   Name of joint venture:   ___________________________________________________

2.   Address of joint venture: __________________________________________________

3.   Phone number of joint venture: _____________________________________________

4.   Identify the firms which comprise the joint venture: _____________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5.   Describe the role of the MBE firm (if applicable)in the joint venture:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6.   Provide a copy of the joint venture's written contractual agreement.

7.   What is the claimed percentage of ownership and identify any MWBE partners (ifapplicable)?  _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

8.   Ownership of joint venture: (This need not be filled in if described in the joint ventureagreement provided by question 6.)  (a)   Profit and loss sharing:_______________________________________________

(b)   Capital contributions, including equipment: ______________________________

(c)   Other applicable ownership interests: ___________________________________

9.   Control  of  and  participation  in  this  contract.  Identify  by  name,  race,  sex,  and  "firm"  thoseindividuals  (and  their  titles)  who  are  responsible  for  day­to­day  management  and  policy  decisionmaking, including, but not limited to, those with prime responsibility for:

(a)   Financial decisions: _________________________________________________

(b)   Management decisions, such as: _______________________________________

Revised 7/21/04 FORM K­1

Page 34: Orange County International Drive Proposal March 2009

(1)  Estimating: __________________________________________________

____________________________________________________________

(2)   Marketing and sales: ___________________________________________

____________________________________________________________

(3)   Hiring and firing of management personnel: ________________________

____________________________________________________________

(4)   Purchasing of major items or supplies: _____________________________

____________________________________________________________

(c)   Supervision of field operations: ________________________________________

__________________________________________________________________

NOTE: If, after filing this form and before the completion of the joint venture's work onthe subject contract, there is any significant change in the information submitted,  thejoint venture must inform the County in writing.

* Joint venture must be properly registered with the State before the contract award.

AFFIDAVIT

"The undersigned swear or  affirm  that  the  foregoing statements are correct  and  include all    materialinformation  necessary  to  identify  and  explain  the  terms  and  operation  of  our  joint    venture  and  theintended participation  by  each  joint  venturer  in  the undertaking.  Further,  the    undersigned  covenantand agree to provide to the County current, complete and accurate  information regarding actual jointventure work and the payment therefore and any proposed  changes in any of the joint venture. Alsopermit  authorized  representatives of  the County  to    audit  and  examine  records  of  the  joint  venture.Any material misrepresentation will be grounds  for terminating any contract which may be awardedand for initiating action under Federal or  State laws concerning false statements.”

Name of Firm: ____________________________ Name of Firm: ___________________

Signature: ________________________________   Signature: _______________________

Name: ___________________________________   Name: __________________________

Title: ___________________________________ Title: ___________________________

Date: ____________________________________   Date: ___________________________

FORM K­2

Page 35: Orange County International Drive Proposal March 2009

State of    _______________________

County of  _________________________

AFFIDAVIT

On this ____________ day of _______________, 20______, before me appeared (name)___________________________, to me personally known, who being duly sworn, did execute  theforegoing affidavit, and did state that he or she was properly authorized by (name of firm)_____________________________________________ to execute the affidavit and did so as his  orher free act and deed.

Notary Public  _________________________

Commission Expires   _________________________

(Seal)

Date _______________________

State of    _______________________

County of  _________________________

On this ___________ day of _______________, 20________, before me appeared_________________________  (name), to me personally known, who being duly sworn, did executethe foregoing affidavit, and  did state that he or she was properly authorized by (name of firm)______________________________________________to execute the affidavit and did so as  his orher free act and deed.

Notary Public _______________________

Commission Expires   _______________________

(Seal)

FORM K­3

Page 36: Orange County International Drive Proposal March 2009

DRUG­FREE WORKPLACE FORM

The undersigned vendor, in accordance with Florida Statute 287.087, hereby certifies thatBrindley Pieters & Associates, Inc. does

Name of Proposer

1.   Publish  a  statement  notifying  employees  that  the  unlawful  manufacture,  distribution,dispensing,  possession,  or  use of  a  controlled  substance  is    prohibited    in    the  workplaceand  specifying  the  actions  that  will  be  taken  against  employees  for  violations  of  suchprohibition.

2.   Inform employees about  the dangers of drug abuse  in  the workplace,  the business's policyof  maintaining  a  drug­free  workplace,  any  available  drug  counseling,  rehabilitation,employee assistance programs and  the penalties  that  may  be  imposed upon employees  fordrug abuse violations.

3.   Give each employee engaged in providing the commodities or contractual  services that  areunder bid a copy of the statement specified in Paragraph 1.

4.   In  the  statement  specified  in  Paragraph  1,  notify  the  employees  that,  as  a  condition  ofworking  on  the  commodities  or  contractual  services  that  are  under  bid,  the  employee  willabide by the terms of  the  statement and will notify the employer of any convictions of, orplea  of  guilty  or  nolo  contendere  to,  any  violation  of  Chapter  893  or  of  any  controlledsubstance  law  of  the  United  States  or  any  state,  for  any  violation  occurring  in  theworkplace, no later than five (5) days after such conviction.

5.   Impose a sanction on, or require the satisfactory participation in,  a drug abuse assistance  orrehabilitation program, if such is available in the employee's community, by any  employeewho is so convicted.

6.   Make a good faith effort to continue to maintain a drug­free work­place throughimplementation of Paragraphs 1 through 5.

As the person authorized to sign this statement, I certify that this firm complies fully with the  aboverequirements.

Proposer's Signature: _____________________________________________________

Date: March 4, 2009

FORM L

Page 37: Orange County International Drive Proposal March 2009

Specific Project Expenditure Report (December 16, 2008)

ORANGE COUNTY SPECIFIC PROJECT EXPENDITURE REPORT

This form should be completed in full and filed with all bids, proposals, quotes or other responses to the OrangeCounty Solicitation and shall remain cumulative. Amendments to the initial report shall also be submitted to thePurchasing and Contracts Division.

Part IPlease complete the following:Name and Address of  Principal or Principal’s Authorized Agent: Principal:  Brindley Pieters, P.E.,Brindley Pieters & Associates, Inc., Suite 180, 2600 Maitland Center Parkway, Maitland FL 32751

Name and Address of Lobbyist, consultants, contractors, if any:

None

Part IIExpenditures:An “expenditure” is defined to mean a payment, distribution, loan, advance, reimbursement, deposit, or anything of valuemade by a lobbyist or principal for the purpose of lobbying, as this term is defined in section 2­351, Orange County Code.The  term  “expenditure”  does not  include  contributions  or  expenditures  reported  pursuant  to  chapter  106  FS,  or  federalelection  law,  campaign­related personal  services  provided without  compensation  by  individuals  volunteering  their  time,any other contribution or expenditure made by or to a political party, or any other contribution or expenditure made by anorganization  that  is  exempt  from  taxation  under  26  U.S.C.  s.  527  or  s.  501(c)(4),  (s.112.3215,  FS).  Do  not  discloseprofessional fees paid by the principal to his/her lobbyist for the purpose of lobbying. (s2­354, Orange County Code)

The following is a complete list of all lobbying expenditures incurred by the principal or his/her authorized agent, his/herlobbyist, and/or/his/her consultants, if applicable, expended in connection with the above­referenced project or issue:

Date ofExpenditure

Name of Payee Description of Expenditure Amount Expended

$$$$$$$

If continued on a separate sheet, please check hereTotal Expenditures this Report $0Date of this Report March 4, 2009

Solicitation # Y9­813­PH

FORM N

Page 38: Orange County International Drive Proposal March 2009

Specific Project Expenditure Report (December 16, 2008)

Page 2 of 2

Part IIII hereby certify that information provided in this specific project expenditure report is true and correct based onmy knowledge and belief. I further acknowledge and agree to comply with the requirement of section 2­354 ofthe  Orange  County  code  to  amend  this  specific  project  expenditure  report  for  any  additional  expenditureincurred  related  to  this  solicitation  prior  to  the  scheduled  Board  of  County  commissioner  meeting.  Inaccordance  with  s.  837.06, Florida  Statutes,  I understand and acknowledge  that whoever  knowingly  makes  afalse statement  in writing with  the  intent  to mislead a public servant  in  the performance of  his or her officialduty shall be guilty of a misdemeanor in the second degree, punishable as provided in s. 775.082 or s. 775.083,Florida Statutes.

Date:   March 4, 2009 ________________________________________Signature of Principal or Principal’s Authorized Agent

Failure to complete and submit this form with your bid, proposal or response may render is non­responsive.

FORM N

Page 39: Orange County International Drive Proposal March 2009

RELATIONSHIP DISCLOSURE FORM

This form shall be completed by the bidder, offeror, quoter or respondent or his/her agent (when accompaniedby an agent authorization form on file with the County) and is required to be submitted to the Purchasing andContracts Division by the bidder, offeror, or respondent or his/her agent prior to contract award.

In the event any information provided on this form should change, the applicant(s) should file an emended formon or before the date of project consideration before the appropriate board or body.

PART I. BID/PROPOSAL INFORMATION

Name of Bidder, Proposer or Responder: Brindley Pieters & Associates, Inc.

Solicitation No.: Y9­813­PH

Business Address (Street/P.O. Box, City and Zip Code):   Suite 180, 2600 Maitland Center Parkway, Maitland,Florida 32751

Business Phone   (407)   830.8700

Facsimile             (407)   830.8877

PART II.

IS  THE  BIDDER,  OFFEROR,  QUOTER  OR  RESPONDENT  OR  ANY  PERSON  INVOLVED  IN  THISSOLICITATION  A  RELATIVE  OR  BUSINESS  ASSOCIATE  OF  THE  MAYOR  OR  MEMBER  OF  THEBCC?

YES ü NO

IS THE MAYOR OR ANY MEMBER OF THE BCC YOUR EMPLOYEE?YES ü NO

IS  ANY  PERSON  WITH  A  BENEFICIAL  INTEREST  IN  THE  OUTCOME  OF  THIS  MATTER  ABUSINESS ASSOCIATE OF THE MAYO R OR MEMBER OF THE BCC?

YES ü NO

If you responded yes to any of the above questions, please state with whom and explain the relationship.

Solicitation # Y9­813­PH

FORM O

Page 40: Orange County International Drive Proposal March 2009

PART III

ORIGINAL SIGNATURE REQUIRED

I hereby certify that information provided  in this relationship disclosure form is true and correct based on myknowledge  and  belief.  If  any  of  this  information  changes,  I  further  acknowledge  and  agree  to  amend  thisrelationship disclosure form prior to any meeting at which the above­referenced solicitation is scheduled to bepresented.  In  accordance  with  s.  837.06,  Florida  Statutes,  I  understand  and  acknowledge  that  whoeverknowingly makes a false statement in writing with the intent to mislead a public servant in the performance ofhis  or  her  official  duty  shall  be  guilty  of  a  misdemeanor  in  the  second  degree,  punishable  as  provided  in  s.775.082 or s. 775.083, Florida Statutes.

Date:  March 4, 2009 ______________________________________Signature

Brindley Pieters, P.E., PresidentPrint Name and Title

FORM O

Page 41: Orange County International Drive Proposal March 2009

WELFARE RECIPIENTSPROPOSED HIRING INFORMATION

Firm: Brindley Pieters & Associates, Inc.

Signature of Authorized Representative of Above Firm:

To be Submitted with Proposal

Number of Individuals to be Hired: 0

To be Completed After Contract Award

Individual’s Complete Name

1.

2.

3.

4.

5.

For One Stop Career Center Use Only

Verification: I certify that the above individuals are welfare recipients.

Signature:   Name:

Organization: Address:

Phone Number

FORM WR