40
Expression of Interest LAWPS-MLM-2017-001 ___________________________________________________________________________ February 16, 2017 EXPRESSION OF INTEREST / PREQUALIFICATION FOR THE CONSTRUCTION OF THE LOW ACTIVITY WASTE PRETREATMENT SYSTEM PROJECT EOI REVISION/EXTENSION ANNOUNCEMENT Dear Interested Party: The attached EOI Prequalification Questionnaire has been revised to include additional information that will help interested parties to better understand the Project Scope. A summary of the changes are as follows: 1. Section A Facility Scope Definition – Addition of modeling drawings that better depicts the scope especially relating to buildings layout, process vaults, ion exchange valve pit module skid, cross flow filter skid, and cesium and filter feed tanks. 2. Section D Additional information relating to Earn Value Management System. 3. Section E – Addition Team identification instruction and questions. 4. Section J – Minor Health and Safety changes The response due date is changed to on or before Friday, March 17, 2017. Each Subcontractor is to complete the attached questionnaire in its entirety and provide the information requested. All responses shall be sent via email to [email protected]. Please use Expression of Interest LAWPSMLM2017001 in the email subject line. Additionally, please send an email stating your company’s intent on responding to the EOI. If you have any questions, please contact me. Michael L. Mackison Manager, Construction Procurement Phone: 509 3765632 Attachments: Prequalification Questionnaire / Expression of Interest (34 pages, pdf & word) Prequal. Section C., Attachment 1, Cost Accounting System Form Attachement 2, Section J, Health and Safety Program Form

EOI REVISION/EXTENSION ANNOUNCEMENT

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

      Expression of Interest LAWPS-MLM-2017-001 ___________________________________________________________________________      

   

 

February 16, 2017 

EXPRESSION OF INTEREST / PREQUALIFICATION FOR THE CONSTRUCTION OF THE LOW ACTIVITY WASTE PRETREATMENT SYSTEM PROJECT 

EOI REVISION/EXTENSION ANNOUNCEMENT Dear Interested Party:   The attached EOI Prequalification Questionnaire has been revised to include additional information that will help interested parties to better understand the Project Scope.  A summary of the changes are as follows:  

1. Section A ‐ Facility Scope Definition – Addition of modeling drawings that better depicts the scope especially relating to buildings layout, process vaults, ion exchange valve pit module skid, cross flow filter skid, and cesium and filter feed tanks. 

2. Section D ‐ Additional information relating to Earn Value Management System. 3. Section E – Addition Team identification instruction and questions. 4. Section J – Minor Health and Safety changes 

 The response due date is changed to on or before Friday, March 17, 2017.  Each Subcontractor is to complete the attached questionnaire in its entirety and provide the information requested.  All responses shall be sent via email to [email protected].  Please use Expression of Interest LAWPS‐MLM‐2017‐001 in the e‐mail subject line.    Additionally, please send an email stating your company’s intent on responding to the EOI.  If you have any questions, please contact me.  

  Michael L. Mackison Manager, Construction Procurement Phone: 509 376‐5632  Attachments:    Prequalification Questionnaire / Expression of Interest (34 pages, pdf & word)      Prequal. Section C., Attachment 1, Cost Accounting System Form 

Attachement 2, Section J, Health and Safety Program Form 

Page  1 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

Summary  Only those capable Subcontractors who are interested in receiving a Request for Proposal (RFP) should complete  the  attached  Prequalification  /  EOI  questionnaire.    The  information  provided  by  the Subcontractor’s  will  be  used  by  Washington  River  Protection  Solutions,  LLC  (WRPS)  to  identify Subcontractor’s that will receive an RFP  for the construction of the Low Activity Wastes Pretreatment System  (LAWPS).    Any  and  all  information  transmitted  by  the  Subcontractor,  up  to  and  including Subcontractor’s response to the RFP, may be used to verify the Subcontractor’s qualifications to perform the  work.    Failure  to meet  all  requirements,  at  any  time, may  deem  the  Subcontractor  ineligible.  Subcontractor’s shall submit  their response to the attached Prequalification Questionnaire / EOI using Microsoft Word file and pdf file via e‐mail to [email protected] no later than Friday, March  17, 2017.  Responses that are unnecessarily excessive may be rejected in their entirety.  Responses received after Friday, March 17, 2017 including mailed sections, might not be considered.  Receipt of responses will be acknowledged by e‐mail.  

Name of Participating Firm(s):   

Point(s) of Contact:   

Telephone Number(s):   

Facsimile Number(s):   

E‐mail Address(es):   

 Introduction  WRPS is planning to issue a Request for Proposal (RFP) in the third quarter of FY 2017 for construction services that include furnishing the design, materials, equipment, and labor to construct and test the new Low Active Waste Pretreatment System (LAWPS) Facility on the Department of Energy's (DOE) Hanford Site located in southeastern Washington State.  This project is governed by DOE Order 413.3B, “Program and Project Management for the Acquisition of Capital Assets,” with stringent Quality and Earned Value Management System requirements.    Project Background  The DOE Office of River Protection (ORP) currently manages approximately 56 million gallons of highly radioactive mixed waste that is stored in underground tanks at the Hanford Site, located in southeastern Washington  State.   ORP  is  constructing  a  set  of  new  facilities,  collectively  referred  to  as  the Waste Treatment and Immobilization Plant (WTP), which will be used to treat and vitrify these nuclear wastes.  The LAWPS Project will separate High Level Waste (HLW) components from Low Activity Waste (LAW) components by filtration and ion exchange and stage the low activity waste.  From the staging system, the waste will be transferred to Waste Treatment Plant (WTP) LAW facility where it will be immobilized through a vitrification process.   Construction of the LAWPS Facility will enable the U.S. Department of Energy to treat and immobilize Hanford Tank Waste by 2022.  

Page  2 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

WRPS has  formed an Engineering, Procurement and Construction  (EPC) Projects group  to execute  the design and construction of the LAWPS Project.  The construction phase of the project will be isolated from other existing Hanford Facilities by executing the project within its own construction fence using WRPS EPC procedures specifically tailored to permit efficient (near greenfield) execution of this large complex project, including its design and construction.  This Project including the construction is being carried out in accordance with DOE Order 413.3B.  The  LAWPS Project has  implemented an  Integrated Project Team  (IPT).   WRPS manages and  controls activities necessary to execute the Project.  Typical examples of integration activities include participating in weekly status meetings, design reviews, risk workshops, Direct Feed LAW (DF LAW) Program strategy development,  budget  planning,  project  reviews,  variance  analysis,  and  project  document development/maintenance.  The LAWPS Project has engaged a design agent subcontractor to develop the preliminary and detailed design.  The design agent will remain engaged throughout the project execution.  WRPS  Engineering  is  acting  as  the  Design  Authority  for  the  design,  procurement,  construction, commissioning, and operation of the LAWPS Facility.     WRPS has established the Construction Management Team (CMT), as a subset of the IPT.  The selected construction subcontractor awarded the construction subcontract for the facility will be a key member of the CMT.  The subcontractor must have experience and ability to engineer, procure and construct complex projects that include safety significant systems.  The LAWPS has been evaluated per the methodology in DOE‐STD‐1027‐92, “Hazard Categorization and Accident Analysis Techniques  for Compliance with DOE Order 5480.23, Nuclear Safety Analysis Reports,” to be a Hazard Category 2 nuclear facility (i.e., hazard analysis shows the potential to release sufficient quantities of hazardous material and energy during a design  basis  accident  to  result  in  significant  consequences  to  on‐site  facility  workers).    The  facility documented  safety  analysis  identifies  the  resulting  selected  nuclear  safety  controls  that  include safety‐significant  (SS)  structures,  systems,  and  components  (SSCs)  along  with  technical  safety requirements and other defense‐in‐depth design and administrative features.   Assurance that  installed SSCs can be relied upon to perform their intended preventive or mitigating functions requires adherence to rigorous acquisition processes.  The subcontractor must have an established Quality Assurance Program meeting ASME NQA‐1 2008/2009 Parts I and II requirements, an approved Cost Accounting System, and have  a  certified  Earned  Value  Management  System.    Additionally,  the  subcontractor  and  sub‐tier subcontractors must have a Safety Experience Modification Rate (EMR) rating of 1.0 or below for the last three years.  WRPS  will  direct  the  commissioning  for  the  project  with  support  provided  by  the  construction subcontractor.  The WRPS Test Director will utilize resources provided by the Subcontractor to carry out system testing and acceptance prior to transfer of the facility to operations.  Questionnaire Sections  This prequalification questionnaire / EOI have Sections A through L.   Each section must be completed.  Failure to complete each section may disqualify potential Subcontractor’s.  Each section provides some of the key requirements anticipated to be  in  the request  for proposal  (RFP)  for this Construction Service Subcontract, and asks related qualification questions.  Responses should be limited to a few paragraphs 

Page  3 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

unless directed otherwise.  Responses that are unnecessarily excessive may be rejected in their entirety.  The included questionnaire is focused on twelve (12) Sections below:  

A. Facility Scope Definition B. Type of Contract Discussion C. Cost Accounting System D. Earned Value Management System E. Small Business Qualification F. Team Identification G. Organizational Structure & Staff Qualifications H. Capability and Experience I. Property and Material Management Planning J. Health and Safety Program K. Quality Assurance Program L. Labor Agreements 

 This is an Expression of Interest/Prequalification questionnaire only.  This is not a Request for Proposal (RFP) and shall not be construed as a commitment by WRPS to award a contract.    Response to each section is required.   

Page  4 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

A.) Facility Scope Definition  Overview  The LAWPS is a Category 2 nuclear facility which will be remotely operated.  The project construction will be carried out under the DOE Order 413.3B.  The main process vaults have multiple embedment depths with the deepest foundation 47 feet below grade with top of concrete elevation approximately equal to grade.  The process vaults are enclosed within a 125 foot by 85 foot by 60 foot tall above grade structural steel building, housing a 30 ton overhead crane and truck airlock.  Located immediately adjacent to this are support structures housing electrical, HVAC, and process equipment and spent process resin waste packaging system.  Balance of plant equipment is installed on slabs placed on grade.  Balance of plant equipment is primarily designed to be fabricated and delivered as sub‐assemblies.  There are also waste transfer lines that run from the Tank farms to LAWPS and from LAWPS to the Waste Treatment Plant which is currently under construction by others.    The construction site soils have been sampled and are anticipated to be free of any radiologically contaminated materials.  The exception to this may be a section of the transfer lines running adjacent to the tank farm which also cross abandoned lines.  These crossings will be exposed using a guzzler during the work activities near these lines.  The crews performing this piece of work will require additional training.   The scope of this work will not include the introduction of nuclear wastes or chemicals required for the process into the facility, including the waste lines.  The WRPS Design Agent Subcontractor is designing a large percentage of the project on a build to print basis.  However there will be certain design elements within the construction scope that will be procured by the Construction Subcontractor that requires design submittal approvals by the WRPS Design Agent.  These designs may be executed by the Subcontractor’s NQA1 qualified vendors and/or sub‐tiers, and may include a variety of equipment skids, control systems, and other engineered products and commodities.   Below are the anticipated phased construction subcontract scope descriptions based on each Project Critical Decisions CD‐2, CD‐3A, and CD‐3.  Each scope will require DOE funding authorizations.  

• CD‐2 Pre‐planning including final estimate and target cost and schedule preparation – This will include final takeoffs using the approved for construction drawings, establishing the construction strategy, establishing  ownership of risks, establishing the baseline schedule, preparing a detailed estimate and reaching agreement with WRPS on a final price.   

• CD‐3A Site Preparation – This is comprised of site preparation activities; fencing, temporary utilities, clearing and grubbing, excavation for the vault construction, procurement of rebar, embeds, and supporting materials, long lead equipment design, and placement of the mud mat.  Installation of site infrastructure such as utilities, offices, and a warehouse may also be included in this scope. 

 

Page  5 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

• CD‐3 Construction– This will be comprised of the completed procurement and construction activities including civil, architectural, mechanical (piping, equipment, HVAC, etc.), utilities, I&C, electrical and construction acceptance testing.  Support for the WRPS start up testing group will also be included in this scope. 

 CD 2 Scope Pre‐Planning  

Take off of final quantities from the issued for construction drawings. 

Development of the target schedule for the Construction Subcontract. 

Development of the target cost for the Construction Subcontract. 

Procurement and delivery of the design of critical Subcontractor furnished materials and equipment as required to support the schedule such as: 

o Reinforcement fabrication drawings  o Embedment fabrication drawings  o Other equipment to be procured by the construction subcontractor (HVAC, Electrical 

Equipment Building etc.). 

Submittal and approval of these designs to support the construction schedule. 

Negotiation of the final target price and schedule.  

Note:  There are a significant number of procurements that must be undertaken by the Subcontractor.  It is critical that the Subcontractor has adequate staffing with procurement professionals including engineers to complete these procurements to the required procurement standards and quality levels to support the schedule. 

 CD‐3A, Site Preparation   

• Grading of site to include grubbing and clearing, erection of perimeter fencing, establishment of erosion control and maintenance of dust control/emissions as required  +/‐ 12 acres 

• Excavation required to support concrete vault construction.  An excavated support system using soldier piles, lagging, and tiebacks will have been designed and provided by WRPS to the subcontractor.  ~ 50,000 CY  

• Installation of material storage and fabrication facilities  ~20,000 sf • Fabrications of embedments, reinforcement and long lead equipment • Procurement of other temporary material require for initial concrete placement • Mobilization of personnel required to support the facility construction • Initial tie‐ins and establishment of temporary power and utilities  • Office facilities consisting of (trailer complex/temporary structure) for 80+/‐ work stations, 

including meeting & conference rooms, change and lunch areas, storage trailers; estimated to be ~10 temporary structures  

Page  6 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

CD‐3, Procurement, Construction & Installation  Other major equipment and material procurements and construction completion:  

• Build to print drawings and specifications will be provided for the valve skids.  There are 10 valve skids that the construction subcontractor will procure.  See government furnished section for equipment provided by WRPS.  

• HVAC exhaust skid including stack, (Safety Significant).  

• HVAC unit, (Safety Significant).  

• HVAC unit, general service.  

• Electrical control prefabricated building & equipment.   

• Tanks – 3 ea. safety significant (SS), D stamped 125,000 Gal –, 1 ea. 30,000 SS filter feed tank, 1 ea. 5,000 Gal SS and other smaller tanks.  Tanks are 316L SS (WRPS will provide build to print drawings). 

 • Control System, (Safety Significant). 

 • Control system – General Service. 

 • Piping for the process systems, large and small bore. 

 • Valve pit lids – 660 Tons. 

 Estimated Key Quantities for Construction & Installation  

• Vault construction (~8500 CY).  

• Weather protection building construction above vaults including resin handling, north annex and lag storage buildings (~ 20,000SF), ~600 tons structural steel. 

 • Electrical installation (site transformer installed by others during or before site prep)  

o ~50,000 lf conduit o ~500 lf underground duct bank o ~156,000 lf Cable o ~3,000 lf Cable Tray o includes fiber optic cable o prefabricated electrical equipment building. 

 • Control systems (Allen Bradley).  • Safety significant control system. 

 

Page  7 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

• HVAC general service system – intake skid and duct work (~100 lf).  

• HVAC safety significant system – intake skid fan/controls module and ducting.  

• HVAC exhaust skid, ducting, stack and CIDs.  

• Piping – 316LStainless – ~4,000lf 1.5” and less, ~10,000 >= 2” (Safety Significant).  

• Valves ~925   

• REMOTE Connectors/Jumpers – ~46 – 2” and larger fabrication and installation (Purex jumper fittings furnished by WRPS). 

 • Piping systems general service. 

 • Mechanical equipment including tanks (must be D stamped). 

 • Instrumentation – ~2,333 instruments – wiring & terms included in electrical above. 

 • Fire protection system. 

 Government furnished equipment and materials (See Section “I”)  

• Overhead Crane • Ion Exchange skid • Cross Flow Filter skid • Filter Feed Valve Skid • All Grayloc and Purex connectors will be furnished loose.  (Jumper fabrication will be done under 

this subcontract)  • Xomox valves that are required for the valve skid assembly’s above. 

 Schedule Objective – The schedule objective is to provide a facility that feeds low active waste (LAW) to the Waste Treatment Plant  (WTP)  LAW  Facility by  the  target date of  FY 2021.   The project design  is approximately  50%  complete.    The  60%  design  review  is  anticipated  to  be  finalized with  comments incorporated FY 2017 mid‐year.   Design completion  is anticipated  in early 2018 with DOE approval of Critical Decision 2/3 authorizing construction (CD‐2/3) near the end of the third quarter of FY 2018.  Early construction funding is being requested in a CD3A package which is targeted for late in the first quarter of FY18.  The construction schedule is very aggressive in order to meet DOE commitments to initiate tank waste treatment and disposal.  The current construction schedule assumes working a rolling 4‐10’s schedule for the construction in order to support the project completion dates.  The P6 schedule will be resource loaded including labor hours, equipment, and total cost of each activity.  Critical path analysis, description of any variances and corrective action will be required as a monthly reporting requirement.  Weekly updates to the target schedule will be required.  

Page  8 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

The current project schedule:  

• Receipt of Responses for Expression of Interest 02/17/17 • Issue the RFP 03/2017 • Submittal of proposals to WRPS  7/2017 • Award of the construction Subcontract 11/2017 • Authorization for preplanning package 11/2017 • Authorization for CD3A scope 12/2017 • Authorization for Balance of Facility Construction 11/2018 • Mechanical Completion 4/2020 • Integrated system testing completion (directed by WRPS test director, supported by 

subcontractor) 7/2020 • Substantial completion 7/2020 • Contract Close out 1/2021 

  A key element of the LAWPS Project will be the fabrication, testing, and installation of pre‐fabricated valve, equipment, tanks, and HVAC modules/skids that will be placed inside of below grade vaults.  Figures 3 through provide model cut examples of several of these modules/skids.  The NQA‐1 fabrication of these modules/skids will require close tolerance fabrication, accurate positioning inside the vaults, and detailed as‐built information to support installation/removal of remote connectors for maintenance and replacement.   

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

FIGURE 1 LAWPS PROJECT PLANT VIEW

Page  10 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

 

 

FIGURE 2 MAIN PROCESS BUILDING    

               

Page  11 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

FIGURE 3 ‐ PLAN VIEW OF PROCESS VAULTS INSIDE THE WEATHER ENCLOSURE (vault cover plates removed)  

       

Page  12 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

  FIGURE 4 ELEVATION VIEW INSIDE THE ION EXHANGE VALVE PIT MODULE/SKID 

                  

Page  13 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

  

FIGURE 5 CESIUM TANK  

    

Page  14 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

   

FIGURE 6 FILTER FEED TANK  

 

Page  15 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

FIGURE 7 – CROSS FLOW FILTER MODULE/SKID  

   

Page  16 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

  

B.) Type of Contract Discussion  Cost Range ‐ The Construction Subcontract value is anticipated to be between $150 and $200 Million dollars.  Construction Contracting Strategy  The project anticipates an incentivized cost reimbursable subcontract to execute the facility construction.  The Request for Proposal (RFP) will contain the 60% design media.  The source selection board will evaluate the bids and recommend award based on the source selection evaluation criteria included in the RFP.  The fixed fee will be established at this time.  DOE approval will be required prior to awarding the subcontract.  A preplanning line item included in the subcontract scope will be authorized upon DOE approval of the subcontract.  The preplanning task scope will include the final target cost and schedule development utilizing the 100% design media.  The cost reimbursable contract will include incentives that are designed to ensure safe on time delivery and promote cost efficiencies.  The incentives are currently visualized as affording opportunity for the constructor to increase his total fee by earning bonuses for early/on time completion, and for underrunning cost.  Conversely, a significant proportion of the subcontractor’s fee established at award will be subject to forfeiture for poor safety, quality, schedule, or cost performance.   The contractor will also be authorized to negotiate and enter into agreements for preparation and submittal of detail design and shop drawings including tanks, embedments, concrete reinforcement drawings, HVAC, etc. as part of the preplanning task.   The subcontractor will be authorized to initiate fabrications and other material procurements, mobilize to site, carry out site preparation activities and any other scope included in the CD3A package immediately after its approval by the DOE.  The subcontractor will be authorized to proceed with the balance of the facility construction immediately after approval of the CD2/3 package by the DOE.  The WRPS contract currently expires in October of 2018.  In the event the WRPS is not successful during the re‐competition of the TOC contract, this subcontract for the construction of the LAWPS will be novated to the new TOC operator selected by the DOE.   This contracting strategy has been adopted to:  

• Achieve the current completion date imposed by the DOE to meet the commitments to initiate tank waste treatment.  

• Provide sufficient schedule for the construction subcontractor to preplan the work concurrent with DOE approval of the design package and Critical Decision Points. 

 

Page  17 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

• Providing time to engage the subcontractor to development an achievable target price and schedule based on finalized design drawings, including the identification and assignment of project risks. 

 • Provide opportunities to identify and implement earlier construction activities to shorten the 

project schedule and cost.  

Questions:  

1. Do you believe a target price cost reimbursable contract with incentives is the most appropriate contract vehicle for this scope of work?  Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

2. The milestone commitments established by DOE adds to the importance of safely performing this scope within the stated durations.  The contract form above was chosen in part to accommodate change in the most expeditious manner possible within the requirements imposed by federal regulations.   

 Do you concur, or would you propose an alternate contract format?  Yes/No (Circle one and explain below) Explanation 

Page  18 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

 

C.) Cost Accounting System  The Subcontractor is required to have a Certified Cost Accounting System (CAS) subject to the requirements of the Cost Accounting Standards Board (48 CFR Chapter 99).  The subcontractor shall complete Attachment 1, “Exhibit 2: Cost Accounting Standard Notices and Certification,” and submit as part of the Prequalification Questionnaire / EOI.    Note:  The Subcontractor shall also resubmit the Cost Accounting Standard Notices and Certification Form with the solicitation proposal.       

Page  19 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

 

D.) Earned Value Management System  The subcontractor will be required  to develop,  implement and manage an Earned Value Management System  (EVMS)  in  compliance  with  the  Electronic  Industries  Alliance  (EIA)‐748  “Earned  Value Management Systems.”  Key aspects of this EVMS are to develop, implement and manage a baseline and forecast schedule with corresponding  time‐phased budget and  forecast resources.   The schedule shall include  significant external  and  internal  interfaces, be  an  integrated,  logical network‐based plan  that correlates to the WBS, will be vertically traceable to the EVMS control accounts, and successfully aligned in summary activities to the WRPS schedule.  The schedule shall be capable of summarizing from control accounts to higher WBS levels and support earned value reporting.  A baseline change control process is also a key aspect.  In addition to EIA‐748, the DOE O 413.3B, “Program and Project Management for the Acquisition of Capital Assets,” provides further requirements for this size of contract, including but not limited to the certification and on‐going surveillance of the subcontractor’s EVMS.  WRPS may not require the full EVMS certification, in this event, specific EVMS requirements and controls may be flowed down to assure the subcontractors EVMS reporting, tracking, and controls in place are adequate to meet the overall requirements of the EVMS Program.  Questions:  

1. Is your company currently EVMS Certified in accordance with EIA‐748?  Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

2. If EVMS Certification is required and your company is not EVMS Certified, briefly describe your implementation plan and schedule for getting certified?  

3. Provide a description of your companies change control practices.  Include a description of baseline cost and schedule management, request for equitable adjustment procedures, and contract and subcontract administration processes.    

 

Page  20 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

 

E.) Small Business Information  This procurement is not reserved for a Small Business, however teaming arrangements that provide for a strong organizational structure meeting project requirements (ES&H, Quality, EVMS, CAS, etc.), and meeting the small business size standard of NAICS Code 236210 – "Industrial Building Construction," (Size Standard of $33.5 Million), such as a joint venture team led by a small business concern are encouraged.    Questions:  

1. Can you (and/or your team) qualify as a Small Business in accordance with the Code of Federal Regulations, CFR Part 121, "Small Business Size Regulations," (Size Standard of $33.5M) for the entire scope or portions of the scope (See Note 1)?  Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

Note 1:  Any questions concerning small business partnering relationships or minimum small business participation for this procurement should be addressed to the Small Business Administration.      

 

 

 

 

 

 

Page  21 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

F.) Team Identification  

Identify you Company information and your planned teaming arrangement(s): 1  Company Name:   Address: 

  Point of Contact: 

  Title: 

  Phone: 

  Email Address: 

2  Company Information:   Duns Number ‐ 

  Socioeconomic Status ‐ 

  Potential Team Members ‐ 

3  Teaming Partners & Scope: 

  Company Name: 

  Address: 

  Point of Contact: 

  Title: 

  Phone: 

  Email Address: 

  Scope: 

  Experience/Qualifications 

  Company Name: 

  Address: 

  Point of Contact: 

  Title: 

  Phone: 

  Email Address: 

  Scope: 

  Experience/Qualifications 

   

  Company Name: 

  Address: 

  Point of Contact: 

  Title: 

  Phone: 

  Email Address: 

  Scope: 

  Experience/Qualifications 

 Notes: 1.  Include/expand additional sheets for all Key Teaming/Sub‐tiers.  In particular module and ASME tank fabricators. 2. Structural Steel Fabricator(s) minimum 5 years of documented experience.  Fabricator shall participate in the AISC Quality Certification Program and shall be designated an AISC Certified Plant, Category BU (formerly STD). 3. Structural Steel Erector minimum 5 years of documented experience.  Erector shall participate in the AISC Certification Program and shall be designated an AISC Certified Erector, Category ACSE or CSEA.  

Page  22 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

 

G.) Organizational Structure & Staff Qualifications  

1. Provide a description of the Project Management/Project Execution procedures utilized by your Company/Team:  

2. Describe the availability of qualified personnel and staff for this project:  

3. Provide an anticipated organization chart:  

4. Provide resumes of the types of qualified personnel and staff available for this project:  

   

Expected Requirements for Key Personnel  Project Manager  Twenty (20) years managing large scale construction projects including experience: 

• Establishing means and methods • Managing sub‐tier subcontractors • Integrating work force with customer’s onsite support personnel • Managing union craft (e.g., pipefitters, iron workers, etc.) • Managing Engineering activities. • Demonstrated ability to complete work while complying with the rigorous environmental, safety 

and health, quality, and work management program requirements typical of a DOE facility (minimum 5 years) 

• With nuclear facility construction/operation • With earned value management techniques and methods 

 Project Engineer  Twenty (20) years engineering experience for construction projects including: 

• Demonstrated ability to engineer solutions to complex problems relevant to this scope. • Licensed Professional Engineer in State of Washington • Mechanical equipment design, procurement, installation, and testing • Demonstrated ability to complete work while complying with the rigorous environmental, safety 

and health, quality, and work management program requirements typical of a DOE facility (minimum 5 years). 

 Site Construction Superintendent (fulltime during on site work activities)  Fifteen (15) years’ experience supervising construction projects, including:  

• 2 year in civil operations (excavation, backfill, paving, etc.) experience. • 5 years mechanical equipment and piping fabrication/installation • 3 years concrete placement/finishing 

Page  23 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

• Experience working with union workforce labor management associated with bargaining units (building trades) 

• Experience integrating work crews with customer support personnel, including union personnel • Demonstrated ability to complete work while complying with the rigorous environmental, safety 

and health, quality, and work management program requirements typical of a DOE facility (minimum 3 years) 

 Safety and Health Manager (Full time on‐site position)  Fifteen (15) years construction safety experience including: 

• 5 years heavy industrial construction • The SUBCONTRACTOR Safety and Health Program shall be supported by either a Certified 

Industrial Hygienist (CIH) or Certified Safety Professional (CSP) to ensure the technical and cultural aspects of safety and health are met [10 CFR 851.20].  Persons working on site within the Subcontractor's authority must meet one of the following criteria: 

o Construction Health Safety Technician (CHST), o Occupational Health and Safety Technician (OHST), o Associated Safety Professional (ASP), o Industrial Hygienist in Training (IHIT) or Certified Associate Industrial o Hygienist (CAIH), 

• 3 years DOE site experience.  Quality Assurance Manager  Twenty (20) years’ experience in quality assurance/control including: 

• 10 years quality assurance/control experience implementing NQA 1 • 5 years DOE site experience • Experience evaluating QA Program compliance for procurement and construction installation 

activities • Experience evaluating SUBCONTRACTOR QA programs 

 Supplier Quality Assurance Manager  Ten (10) years’ experience in supplier quality assurance inspection and control: 

• 5 years supplier quality assurance/control experience implementing NQA 1 • 2 years DOE site experience • Experience inspecting subcontractor products for compliance to procurement and fabrication 

requirements • Experience evaluating SUBCONTRACTOR QA programs 

 Procurement Manager  

• Twenty (20) years’ experience in procurement and subcontracting: • Demonstrated ability to issue complex procurement actions relevant to this scope • Certified Procurement Manager • 10 years procurement experience purchasing NQA‐1 services, equipment, and commodities  • 5 years procurement experience with FAR compliant purchases 

Page  24 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

•  5 years procurement experience on DOE or other government agency project  Additional Questions  Potential Subcontractors must be able to propose Key Personnel which meets the following criteria:  

1.  Can you (and/or your team) deliver a staff that would meet or exceed these requirements?  

Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

2. Can you (and/or your team) demonstrate a history of process improvements and innovative construction approaches made on projects under their leadership?  

Yes/No (Circle one and explain below) Explanation   

3. Is your Company / Team have the organizational structure and ability to effectively manage and staff a rolling 4‐10 schedule?  

Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

4. Can you (and/or your team) provide an example an organization structure that was utilized on a similar construction project or the proposed organization for this scope?  

Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

   

 

Page  25 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

H.) Capability and Experience  

1. Describe your Company/Team Construction capabilities:   

2. Describe your Company/Team Procurement capabilities:   

3. Describe your Company/Team Engineering capabilities:   

4. Describe your Company/Team Materials Management Experience:   

It  is  expected  that  the  Subcontractor’s will  be  required  to  show  evidence  of meeting  the  following requirements if invited to submit a Proposal.  Subcontractor may consist of an individual company, joint venture, or teaming or partnering arrangement.  Failure to meet requirements, at any time, may deem Subcontractor ineligible for award.  The Subcontractor:  

• must have demonstrated capability and a minimum of twenty (20) years’ experience in performing procurement, planning, and installation of scope descriptions identified in Section "A"; 

• must have twenty (20) years’ experience performing similar construction services; • must be able to post a Miller Act Payment and Performance Bond, or approved equivalent, at 

the time of award of Subcontracts having a penal sum equal to the amount of the subcontract contract value. 

 Questions  Note:  In support of answers below, please complete the Relevant Project Experience table at the end of this section.  The Subcontractor shall list projects that demonstrate the capability and experience of your company (and team members) in performing work similar to the Scope describe in Section "A."  Address the types of work discussed in Section "A" and referenced in the questions below.  

1.  Can you (and/or your team) demonstrate a successful history of years of executing Construction Subcontracts of this size and complexity?  

Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

2.  Do you (and/or your team) have experience working construction services involving piping, systems installation at DOE sites?  

Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

Page  26 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

4. Do you (and/or your team) have experience fabricating and installing piping and electrical jumpers to very stringent tolerance requirements installed in a remote controlled canyon environment? 

 Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

5. Can you (and/or your team) demonstrate work experience with major dirt work (excavation, hauling, loading, backfilling, grading, etc.), road construction/paving, and heavy equipment use, and installation of Engineered Shoring Systems? 

 Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

6. Does your company (or team members) have the capability and experience to procure, and install equipment, structures, and components necessary to accomplish all the types of scopes of work identified in Section “A”? 

 Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

7. Can you (and/or your team) demonstrate the depth of corporate support and show a history of being a full service provider of the types of scope described in Section “A,” above? 

 Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

8. Do you (and/or your team) evaluate and document hazardous conditions for the purpose of planning and executing the field work activities safely? 

 Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

9. Is there a component of this scope that you (and/or your team) do not want to provide?  

Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

10. Can you (and/or your team) demonstrate the depth of a comprehensive Quality Assurance Program (QAP) including those elements as described in Section “K” below?   

 Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

11. Can you (and/or your team) demonstrate the project controls processes for managing and controlling a fully resource loaded project schedule? 

 Yes/No (Circle one and explain below) Explanation 

Page  27 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

  Relevant Project Experience  Please  list  specific  projects  that  provide  evidence  of  the  capability  and  experience  of  your  company (including team members) in all the areas of work included in the Scope identified in Section “A.”  Please include the following information for each project:  

• Year  • Duration • Company performing the work • Project Description relevant to the Section “A’ Scope of Work and the types of constructions 

performed (DOE Experience/NRC Experience) • Contract Type • Contract Total Value • Customer/Contact (Reference) 

 Relevant Project Experience 

Item  Year  Duration  Company  Project Description Type of Contract 

Initial Contract Value $ 

*Final Contract Value $ 

Customer/Contact Phone Number 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

 *Explain and summarize the overall dollar variance from initial award and final subcontract value (i.e. directed changes cost vs.   

Page  28 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

I.) Property and Material Management Planning  The subcontractor will be required to develop, implement and maintain a Property Management System compliant with Federal Acquisition Requirements (FAR) 52.245‐1, Property Management.  The  subcontractor’s  Property Management  System  Plan will  be  a  submittal  requirement  for interested  Subcontractor’s.   WRPS  will  review  the  plans  and  must  approve  them  prior  to prospective Subcontractor’s being placed on our approved Subcontractor’s list.    Questions:  

1. Summarize your company’s Property/Material Management Plan?   

2. Has your Property Management Plan/Program been utilized on previous/other Government contracts?   

3. Explain how the material purchases will be received, identified, stored and allocated to specific installation work packages.  How will allocation be documented?  How material not used will be handled (including bulks)?   

4. Explain the process for identifying in storage maintenance requirements and maintaining equipment both in storage and installed?   

5. How will equipment/material in storage be segregated and protected from loss/damage?  How will loss/damage be reported?   

6. Explain process for completion and reporting of physical inventory.    

7. Explain process for self‐assessment of Property Management Plan/Program?  

 

8. Explain the process for segregation and control of non‐conforming equipment and 

materials. 

  

 

Page  29 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

J.) Health and Safety Program  The Subcontractor will be required to submit a site specific Environmental, Health, and Safety Plan for the project.   This specific plan may be  tailored  from  the Subcontractor’s corporate plan, however the site specific plan must be fully compliant with the applicable sections of Title 29 CFR Part 1926 (Construction)– Safety  and  Health  Regulations  for  Construction  and,  Title  29  CFR  Part  1910  (General  Industry)  – Occupational Safety and Health Standards.   Where applicable, the site specific plan will also reference, due  to Title 10 CFR Part 851, Worker Safety and Health Program, the safety standards enumerated  in listed  codes/regulations,  such  as  the  American  National  Standards  Institute  (ANSI),  National  Fire Protection Association (NFPA), and American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) and applicable DOE Hanford Site Specific Standards (Lock Out/Tag Out, Beryllium, Hoisting & Rigging, Fall Protection, Permit required confined space, etc.).  It is anticipated this project will start on a “Green Field” site, that is clear of any radiological and chemical contaminants, as a precaution, WRPS may provide health physics technicians during excavations to ensure no contamination is encountered within the soils.  Recent soils explorations of the intended site boundary have recently been conducted and no contamination was found.  The waste  transfer  line  installations  included  in  the scope will be performed  in  the area between  the existing tank farm fences the temporary construction fence boundary, and the boundary of the Waste Treatment Plant  (WTP) site.   The crews carrying out  the construction and  installation associated with portions of these lines that are close to existing facilities will be required to be Radiation Worker trained personnel,  and may  encounter  soils  that  contain  some  contamination.    This  project will  not  require introduction  of waste  or  chemicals  into  the  systems  installed  by  the  subcontractor  until  after  these systems have been transferred to the facility operator.  WRPS anticipates  that  the Subcontractor will be  required  to  show evidence of meeting  the  following requirements if invited to submit a proposal.  Failure to meet the requirements, at any time, may result in the Subcontractor being ineligible for award.  

• Integrated Safety Management Program • Site Specific Health and Safety Plan (Manual) • Work Control Program/Procedure(s) • Safety Experience Factors, other key safety indicators  • Subcontractor’s and team members must provide last 5 years of safety data (OSHA Recordable 

Injury Rate; OSHA DART rate).  WRPS will perform an evaluation of this data as part of the review.  Subcontractors  with  a  poor  safety  track  record  may  not  be  allowed  to  participate  in  the solicitation.   The  criteria utilized  for  this evaluation will be  similar  to  the  safety performance requirements of the RCCC. 

• Subcontractor’s,  including  team members  and  sub  tiers, must  have  an  Interstate  Experience Modification Rate (EMR) and a State EMR of 1.0 or  lower for the current and previous two (2) calendar years.  Companies with an EMR greater than 1.0 may be considered provided a robust corrective action safety improvement plan is provided. 

 

Page  30 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

Questions  

1. Can you (and/or your team) demonstrate a corporate history of safe work including OSHA logs for the last 5 years?  Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

2. Please complete Attachment 2, “Exhibit 1.  Vendor ESH&Q Questionnaire and provide with your Company’s prequalification response.  

3. Provide corrective action plan if EMR is greater than 1.0.   

NOTE: Each Subcontractor may be asked to provide a copy of the Health and Safety Manual(s).

Page  31 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

K.) Quality Assurance Program  Expected Requirements  Subcontractors must have a Quality Assurance Program (QAP) that conforms to the requirements ASME NQA‐1 2008/2009 Parts I and II and the following:  

• Uses national/international consensus standards  • Applies national standards, as appropriate, to specific work activities • Addresses detection and control of suspect/counterfeit items. 

 Subcontractors that do not have a robust NQA‐1 program or cannot meet the stringent quality assurance requirements likely will not be qualified.  The subcontractor(s) that received an award must be evaluated by WRPS and placed on the Evaluated Suppliers List (ESL) based on specific quality requirements specified in a Quality Assurance Requirements document at time of award.  The subcontractors who have not had their NQA‐1 programs approved prior to requests best and final proposals within the request for proposal process, may be ineligible for final consideration or award of this subcontract.  Subcontractor will be required to have a robust commercial grade dedication process and procedures in place.  Experience with commercial grade dedication is essential and will be included in the award criteria.  Subcontractor’s must have experience applying its QAP to the aspects of work to be performed under the Construction Services Subcontract Agreement, including procurement, fabrication, welding, construction, installation, testing services, design services, and software development.  The Subcontractor and their sub tier subcontractors shall flow down the Quality Assurance requirements to each Sub Tier Subcontractor in the form of a QA Implementing Document for the work being performed by the sub tier subcontractor.  Questions  

1. Provide your NQA‐1 Quality Assurance Program Description?    

2. Do you (and your team members) maintain a Quality Assurance Program that satisfies the requirements of ASME NQA‐1, Parts I and II?  Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

3. Do you (and your team members) have experience applying the QA Program(s) to the full range of services required under the construction services scope in Section "A," above?  Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

Page  32 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

4. Does your company (or your team members) have a robust Commercial Grade Dedication program and procedures?  Do you plan to use subcontractors to perform the dedication services?  Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

5. Does your company have an evaluated supplier program and procedures?    Yes/No (Circle one and explain below) Explanation   

NOTE:   Each Subcontractor may be asked to provide a copy of the Subcontractors Quality Assurance Manual and asked to allow access for WRPS personnel to perform formal NQA‐1 evaluations prior to issuance of the RFP.  

Page  33 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

L.) Labor Agreements  It  is  important  to WRPS  that we  team with quality subcontractor  to deliver  to  the government value; therefore, we want any subcontractor to be successful so that we are successful.  Toward that end, past experience with labor organizations is an important indicator toward future success.  The Subcontractor and their sub‐tier subcontractors shall become signatory to the Hanford Site Stabilization Agreement.  Questions  

1. Can you (and/or your team) demonstrate a corporate history of working with unionized labor forces?  Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

2. Can you (and/or your team) demonstrate a history of union labor dispute resolution?  Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

3. Can you (and/or your team) demonstrate corporate experience in establishing and working within labor agreements with local building trade unions?  Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

4. Can you (and/or your team) demonstrate corporate experience with executing Capital Line Item Project under United States Davis Bacon Act?  Yes/No (Circle one and explain below) Explanation  

   

Page  34 of 34 02/16/2017 Washington River Protection Solutions LLC 

LAWPS Facility Construction EOI‐LAWPS‐MLM‐2017‐001 / 

Pre‐qualification / EOI Questionnaire

Prequalification Questionnaire / Expression of Interest Construction Subcontract for the LAWPS Facility (Revision 1) 

 

 

 

ATTACHMENTS:  

Section “C,” Attachment, Cost Accounting System Form, (Attachment 1) 

Section “J,” Attachment, Health and Safety Program Form, (Attachment 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

C. COST ACCOUNTING SYSTEM, ATTACHMENT 1

Page 1 of 4

LAWPS Facility Construction EOI-LAWPS-MLM-2016-001 / Pre-qualification Questionnaire

EXHIBIT 1: COST ACCOUNTING STANDARDS NOTICES AND CERTIFICATION

(FAR 52.230-1) (June 2000)

Rev. 1 6/02/16

Note: This notice does not apply to small businesses or foreign governments. Check here to indicate that the offeror is a small business or foreign government and does not need to complete the following certification.

This notice is in three parts; identified by Roman numerals I through III.

Offerors shall examine each part and provide the requested information in order to determine Cost Accounting Standards (CAS) requirements applicable to any resultant contract.

If the offeror is an educational institution, Part II does not apply unless the contemplated contract will be subject to full or modified CAS coverage pursuant to 48 CFR 9903-201-2(c)(5) or 9903.201-2(c)(6), respectively.

I. DISCLOSURE STATEMENT --- COST ACCOUNTING PRACTICES AND CERTIFICATION

(a) Any contract in excess of $750,000 resulting from this solicitation will be subject to the requirements of the Cost Accounting Standards Board (48 CFR Chapter 99) except for those contracts which are exempt as specified in 48 CFR 9903.201-1.

(b) Any offeror submitting a proposal which, if accepted, will result in a contract subject to the requirements of 48 CFR Chapter 99 must, as a condition of contracting, submit a Disclosure Statement as required by 48 CFR 9903.202. When required, the Disclosure Statement must be submitted as a part of the offeror’s proposal under this solicitation unless the offeror has already submitted a Disclosure Statement disclosing the practices used in connection with the pricing of this proposal. If an applicable Disclosure statement has already been submitted, the offeror may satisfy the requirement for submission by providing the information requested in paragraph (c) of Part I of this provision.

CAUTION: In the absence of specific regulations or agreements, a practice disclosed in a Disclosure Statement shall not, by virtue of such disclosure, be deemed to be a proper, approved, or agreed-to practice for pricing proposals or accumulating and report contract performance cost data.

(c) Check the appropriate box below:

(1) Certificate of Concurrent Submission of Disclosure Statement.

The offeror hereby certifies that, as a part of the offer, copies of the Disclosure Statement have been submitted as follows: (i) original and one copy to the cognizant Administrative Contracting Officer (ACO) or cognizant Federal agency official authorized to act in that capacity (Federal official), as applicable, and (ii) one copy to the cognizant Federal auditor.

(Disclosure must be on Form No. CASB DS-1 or CASB DS-2, as applicable. Forms may be obtained from the cognizant ACO or Federal official and/or from the loose-leaf version of the Federal Acquisition Regulation.)

Date of Disclosure Statement:

Name and Address of Cognizant ACO or Federal Official Where Filed:

The offeror further certifies that the practices used in estimating costs in pricing this proposal are consistent with the cost accounting practices disclosed in the Disclosure Statement.

C. COST ACCOUNTING SYSTEM, ATTACHMENT 1

Page 2 of 4

LAWPS Facility Construction EOI-LAWPS-MLM-2016-001 / Pre-qualification Questionnaire

(2) Certificate of Previously Submitted Disclosure Statement

The offeror hereby certifies that the required Disclosure Statement was filed as follows:

Date of Disclosure Statement:

Name and Address of Cognizant ACO or Federal Official Where Filed:

The offeror further certifies that the practices used in estimating costs in pricing this proposal are consistent with the cost accounting practices disclosed in the Disclosure Statement.

(3) Certificate of Monetary Exemption

The offeror hereby certifies that the offeror together with all divisions, subsidiaries, and affiliates under common control, did not receive net awards of negotiated prime contracts and subcontracts subject to CAS totaling $50 million or more in the cost accounting period immediately preceding the period in which this proposal was submitted. The offeror further certifies that if such status changes before an award resulting from this proposal, the offeror will advise WRPS immediately.

(4) Certification of Interim Exemption

The offeror hereby certifies that (i) the offeror first exceeded the monetary exemption for disclosure, as defined in (3) of this subsection, in the cost accounting period immediately preceding the period in which this offer was submitted and (ii) in accordance with 48 CFR 9903.202-1, the offeror is not yet required to submit a Disclosure Statement. The offeror further certifies that if an award resulting from this proposal has not been made within 90 days after the end of that period, the offeror will immediately submit a revised certificate to WRPS, in the form specified under subparagraph (c)(1) or (c)(2) of Part I of this provision, as appropriate, to verify submission of a completed Disclosure Statement.

CAUTION: Offerors currently required to disclose because they were awarded a CAS-covered prime contract or subcontract of $50 million or more in the current cost account period may not claim this exemption (4). Further, the exemption applies only in connection with proposals submitted before expiration of the 90-day period following the cost accounting period in which the monetary exemption was exceeded.

II. COST ACCOUNTING STANDARDS --- ELIGIBILITY FOR MODIFIED CONTRACT COVERAGE

If the offeror is eligible to use the modified provisions of 48 CFR 9903.201-2(b) and elects to do so, the offeror shall indicate by checking the box below. Checking the box below shall mean that the resultant contract is subject to the Disclosure and Consistency of Cost Accounting Practices clause in lieu of the Cost Accounting Standards clause.

The offeror hereby claims an exemption from the Cost Accounting Standards clause under the provisions of 48 CFR 9903.201-2(b) and certifies that the offeror is eligible for use of the Disclosure and Consistency of Cost Accounting Practices clause because during the cost accounting period immediately preceding the period in which this proposal was submitted, the offeror received less than $50 million in awards of CAS-covered prime contracts and subcontracts. The offeror further certifies that if such status changes before an award resulting from this proposal, the offeror will advise WRPS immediately.

CAUTION: An offeror may not claim the above eligibility for modified contract coverage if this proposal is expect to result in the award of a CAS-covered contract of $50 million or more or if, during

C. COST ACCOUNTING SYSTEM, ATTACHMENT 1

Page 3 of 4

LAWPS Facility Construction EOI-LAWPS-MLM-2016-001 / Pre-qualification Questionnaire

its current cost accounting period, the offeror has been awarded a single CAS-covered prime contract or subcontract of $50 million or more.

III. ADDITIONAL COST ACCOUNTING STANDARDS APPLICABLE TO EXISTING CONTRACTS

The offeror shall indicate below whether award of the contemplated contract should, in accordance with subparagraph (a)(3) of the Cost Accounting Standards clause, require a change in established cost accounting practices affecting existing contracts and subcontracts.

YES NO

Note: If the offeror is an educational institution under the transition provisions of 48 CFR 9903.202-1 (f), contact WRPS for the appropriate alternate certification.

SIGNATURE/CERTIFICATION

By signing below, the bidder/offeror certifies, under penalty of law, that the above certification is accurate, current and complete. The bidder/offeror further certifies that it will notify WRPS of any changes to these certifications. The certifications made by the bidder/offeror, as contained herein, concern matters within the jurisdiction of an agency of the United States and the making of a false, fictitious, or fraudulent representation or certification may render the maker subject to prosecution under Title 18, United States Code, Section 1001.

_________________________________________________

Signature of Bidder/Offeror Responsible for Bid/Offer Date

_______________________________________________________________________________

Typed Name of Person Responsible for the Bid/Offer

_______________________________________________________________________________

Title of Person Responsible for the Bid/Offer

_______________________________________________________________________________

Name of Organization

_______________________________________________________________________________

Street

_______________________________________________________________________________

City State Zip

C. COST ACCOUNTING SYSTEM, ATTACHMENT 1

Page 4 of 4

LAWPS Facility Construction EOI-LAWPS-MLM-2016-001 / Pre-qualification Questionnaire

J. HEALTH AND SAFETY PROGRAM, ATTACHMENT 2

Page 1 of 1

LAWPS Facility Construction EOI-LAWPS-MLM-2016-001 / Pre-qualification Questionnaire

EXHIBIT 1. VENDOR ESH&Q QUESTIONNAIRE Subcontractor Name: Subcontractor Address: City: State: Zip: Subcontractor Point of Contact: Email: All contractors working on the Hanford Site are expected to safely perform in a quality manner while protecting worker health and the environment. Please answer the following questions about how your company implements ESH&Q.

# Question 1. Does your company have a documented environmental, occupational safety, healthy and quality program that complies with applicable

local, state, federal, and DOE regulatory requirements? Yes: No:

2. Are your employees trained and equipped to perform their assigned work? Yes: No:

3. Do you have an established orientation program for new hires that includes ESH&Q? Yes: No:

4. Does your company have policies and procedures in place to eliminate accidents, injuries/illness, and damage to property and equipment? Yes: No:

5. Are company ESH&Q records adequately and properly maintained? Yes: No:

6. Are accidents/incidents investigated promptly and reports generated? Yes: No:

7. If the investigation discovers inadequacies in either the work process or the policies and procedures, are the appropriate processes in place to avert the accident/incident in the future and are personnel provided proper training? Yes: No:

8. Are hazards identified and appropriate measures taken to ensure that personnel and equipment are adequately protected as a result of identified hazards. Yes: No:

9. Do your employees have the right to report unsafe conditions and to interrupt or stop work without fear of reprisal? Yes: No:

10. Is the frequency of ESH&Q meetings with employees scheduled to discuss the work to be performed hazards associated with the work based on the scope of work and commensurate with the work hazards? Yes: No:

11. Are ESH&Q inspections/audits conducted to evaluate the effectiveness of your program? Yes: No:

12. Does your company have an average Experience Modification Rate (EMR) of 1.0 or less for the previous three years?

Yes: No: What is your EMR?

13. Does your company have an average Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Recordable Case Rate of 3.2 or less for the previous three years?

Yes: No: What is your Recordable Case rate?

14. Does your company have an average OSHA Lost Workday case rate of 0.64 or less for the previous three years?

Yes: No: What is your OSHA Lost Workday case rate?

15. Does your construction company have an average OSHA Lost Workday case rate of 3.0 or less for the previous three years?

Yes: No: What is your OSHA Lost Workday case rate?

16. Does your company have an established, written Hazard Communication Program? Yes: No:

17. Does your company have a system within the Hazard Communication Program to maintain Material Safety Data Sheets (MSDS)? Yes: No:

18. Has your company been cited for a(n) willful violation(s) from any regulatory agency during the previous three years? Yes: No:

19. Has your company been fined for Nuclear Regulatory Commission or agreement state non-compliance during the previous three years? Yes: No: