C-Inetpub F1 Tender2

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    1/194

    VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHKARI SANGH LTD 

    PATNA DAIRY PROJECT 

    Feeder 

    Balancing 

    Dairy 

    Complex, 

    Phulwarisharif, 

    Patna 

    801505 

    Phone 0612-2252553,2252542, 2251622, Fax 2250325 

    E.mail:[email protected] 

    TENDER FOR CATTLE FEED PLANT 150 MT ON TRUNKY BASIS 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    2/194

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    3/194

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    4/194

    4

    TENDER  FORM 

    FOR  

     “DESIGN, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING  AND 

    COMMISSIONING OF 150 TPD CATTLE FEED PLANT ON TURNKEY  BASIS”  

     AT 

    CATTLE FEED PLANT  , JAGDEOPATH  , PATNA-80014 

    (Bid to  be submitted in Two envelop technical & commercial) 

    VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHKARI SANGH LTD 

    PATNA DAIRY PROJECT 

    Feeder Balancing Dairy Complex, Phulwarisharif, Patna - 801505 

    Phone 0612-2252553,2252542, 2251622, Fax 2250325 

    E.mail:[email protected]  

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    5/194

    5

    VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHKARI SANGH LTD 

    PATNA DAIRY PROJECT Feeder Balancing Dairy Complex, Phulwarisharif, Patna - 801505 

    Phone 0612-2252553,2252542, 2251622, Fax 2250325 

    E.mail:[email protected]  

    TENDER NOTICE Sealed tenders are invited from experienced  bonafide manufacturers of  Cattle Feed Plant and its 

    equipments for  ―Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of  150 TPD cattle 

    feed  plant on Turnkey Basis‖ at Cattle Feed Plant , Jagdeopath , Patna-800014. Tender  form with terms and conditions can  be obtained from VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGLTD. by depositing Cash/Demand Draft of  Rs.5,000/- only (Rs. 100 extra if  desired  by  post) in favour  of  VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., payable at Patna up to 3.00  PM  on  dated  30.10.2012.  Further   details  can  be  obtained  from  our   website 

    Managing Director 

    4. LAST DATE AND TIME OF 

    SALE OF TENDER  FORM  : 30.10.2012 Upto 3.00 PM 

    5. DATE & TIME OF PRE-BID MEETING  : 25.10.2012 AT 11.00 AM AT 

    VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADA

    SAHAKARI SANGH LTD. , PATNA 

    6. LAST DATE & TIME FOR  SUBMISSION 

    OF DULY FILLED TENDER  FORM 

    (Technical & Financial  bid in separate envelopes)  :  06.11.2012  Upto 2.30 PM 

    4. DATE & TIME FOR  OPENING OF 

    THE TENDER  (Technical  bid only)  : 07.11.2012  AT 3.00 PM 

    5.  EMD (to  be deposited with the tender  in 

    the technical  bid)  : Rs. 8,00,000/- (Rs. Eight Lac 

    only)  by Demand draft only in 

    favour  of  VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH 

    LTD.  ,  payable at Patna 

    The detailed terms and conditions of  the tender  are contained in the Tender  document. 

    1.   Name and full address of  the firm 

    Submitting the tender  (In  block  letters)   ___________________________________  

     ___________________________________  

     ___________________________________  

    Phone  No. …………………….  Mobile  No. ……………………. Fax  No. ………………………… 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    6/194

    6

    2.  Addressed to  :  VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD. 

    FBD Complex Phulwarisharif  

    Patna 801505 3.  Income tax PAN no.  :   ________________________________  

    4.  Last 3 years Income Tax clearance  :  Either  in original or   photocopy or  returns  certificates  duly  attested  are  to   be 

    enclosed. 

    5.  Status of  tenderer  (tick  mark  only)  :  Individual/ HUF/ firm/ company (Specify the details in enclosed section –  I) 

    6.  Earlier  experience in this field (if  any)  :  Enclose the document/s. 

    7.   Name of  the  person/s authorized to  :  An attested  photocopy of   power  of  

    negotiate and sign the contract  attorney issued  by all  partners/director  (Designation / status in the firm)  in favor  of  nominated  person to  be encl. 

    8.  Before making any change in constitution of  the firm will  be intimated to the VPMU, Patna for  their  approval. 

    9.  The tender  fee of  Rs. 1,000/= ( Rs One Thousand only ) cash / DD has  been deposited vide 

    cash receipt no._________dated___________.  

    10.  I / We agree to abide  by all the terms & conditions mentioned in the Tender   Notice issued  by 

    the Asst.General Manager  (Purchase),VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI 

    SANGH LTD. Ltd., Patna and the other  conditions annexed with the 

    tender  form, all the  pages  of  which have  been signed  by me / us in token of  my / our  acceptance of  the terms & conditions mentioned therein. 

    11.  The EMD deposited vide demand draft  no.______________dated__________   issued  by 

     bank______________________________________of  Rs. 8,00,000/= (Rs.  Eight 

    Lac only) in favor  of  VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD.  ,  payable at Patna to cover  earnest money (No interest will  be  payable on EMD). 

    12.  Details of  the Bankers: 

    13.   VALIDITY: The validity of  offered rate will  be 120 days from the date of  opening / final  bid (withdrawal of  offer  with in which  by me / us shall to  be forfeiture of  the EMD). 

    14.  COMPANY  PROFILE:  The tenderer  must enclose their  company  profile and financial status (Enclose latest  balance sheet, current assets / liabilities, working capital) along with tender  form. It should also include details like location of   production unit, make & capacity of   production and service equipments, technical manpower  and other  facilities available. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    7/194

    7

     Notes: 

    1.  Please do not change the format/language and  cut/add  any items  otherwise the 

    tender  would  be rejected. 

    2.  Proofs and supporting documents of  all the  points must  be enclosed and filled in the checklist. 

    3.  Any clarification w.r.t. tender   s terms & conditions can  be obtained during office 

    hours on all working days from this office  prior  to submission date of  tender  4.  All rates quoted must  be FOR  destination. IF RST/CST / excise is/are exempted, 

    than exemption certificate (s) is/are to  be enclosed. 5.  Rates in ―Price Bid‖ as  per   Annexure-1 shall  be written  both in words and in 

    figures. There should not  be errors and or  overwriting. Correction if  any, should  be made clearly and initialed with dates. 

    6.  Tenderer  has  to submit the Technical  Bid  and  Price Bid Separately in sealed envelopes super  scribing with Technical Bid and Price Bid. 

    a.  EMD and all required enclosures along with duly signed General Terms & Special  Terms  &  Conditions  should  be  submitted  along  with  ―Pre- 

    Qualification Bid‖. 

    Managing Director 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    8/194

    8

    (i) 

    SPECIAL NOTES –       Section - I  

    1.  EARNEST MONEY  : 

    The tenderer is required to submit EMD as mentioned in the tender document in a separate envelop only in form of  Demand Draft in favour of  Vaishal PATLIPUTRA Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh Ltd.,  Patna. 

    2.  BIDS IN TWO PARTS : 

    Bids are required to  be submitted in two  parts - Part-I & Part-II as described  below: 

    2.1  The first  part (Part-I) of  the  bid shall contain 2 separate sealed envelopes.  In one 

    envelope EMD in form of  DD/Bankers cheque as specified shall  be  placed.  This 

    envelope should  be super-scribed as ―Part-I EMD only‖.  The second envelope of  

    the first  part shall contain technical  bid only. The envelope should  be duly sealed and super-scribed as ―Part-I Technical Bid only‖.  At the time of  the opening of  the tender  first EMD DD envelope shall  be opened and EMD shall  be verified in accordance to tender  If   EMD /DD is not enclosed in a separate envelope and not found in accordance to tender document the tender of such party shall be rejected summarily. 

    2.2  The second  part (Part-II) shall  be  placed in third separate envelope.  It shall contain 

    financial  bid/price  bid.  The envelope should  be duly sealed and super-scribed as ―Part-II Price Bid only‖ 

    2.3  After  verification of  EMD DD deposit Technical  bids shall  be opened and EMD details & technical details read out to the  bidder   s representatives. Price  bids shall 

    not  be opened immediately. After  scrutiny of  the technical  bids, the clarifications, if  any, will  be obtained from the  bidders during the technical discussions. In case it is 

    necessary to obtain revised  prices from the  bidders the same shall  be done  by asking all the concern  bidders to submit the revised  price  bids in sealed covers, and the earlier   price  bids will  become invalid. In case all the tenderers submit the  price 

     bids on the same day after  freezing of  technical requirements the  bids shall  be opened on the same day. In case one or  more of  the eligible tenderers, consequent to technical discussions and technical details frozen, desire to revise their   price  bid, they can do so on the same day or  at the most the next working day of  the technical 

    discussions and the  bids in such event shall  be opened on the next day in the  presence of  such representative of  the tenderers who wish to  be  present.  Normally one representative of   participating  bidder  will  be allowed. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    9/194

    9

    3.  ELIGIBILITY & QUALIFICATION CRITERION: 

    The information required for  Eligibility & Qualification Criterion should  be  provided 

     by the tenderer  in the Criterion sheet at Page  No. (iii) of  Special  Note and formats 

    (ii)  prescribed under  Section I, Section II (Schedule I and Schedule II), Section III  by 

    enclosing order  copies,  performance certificates  and  other  relevant  documents in support of  their  version. Incomplete  information &  documents or information not furnished  in the  prescribed  formats will make  the  tender  liable  for  rejection without any further  reference  to the  tenderer.  It is  therefore enjoined upon all tenderers to furnish complete information in the  prescribed formats with supporting 

    documents in the very first instance. 

    4.  The tenderers are advised to depute their  authorized representative for  the technical 

    discussions on the date and time as informed  by the VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH 

    UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD.. The bids of  the tenderers, who fail to depute their representative as above shall be liable for rejection. 

    5.  PRE BID CONFERENCE: 

    Pre  bid conference dates as notified in tender  document. The tenderers can seek  any 

    clarifications in the Pre-bid conference. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    10/194

    10

    (iii) COMPARATIVE STATEMENT OF ELIGIBILITY  &  QUALIFICATIONS 

    CRITERION SPECIAL NOTES – Section - II 

    Statement/Check List of important documents to be submitted by each tenderer (Each tenderer  is required to fill up the form and enclose the required document failing which 

    the tender  will  become liable for  no further  consideration/evaluation) 

    Signature of  tenderer  

    Sr. no. 

    Particulars  YES or  

     NO 

    If  yes  please indicate 

     page no 

    1  Power  of  attorney 

    2  Whether  manufacturer  (Yes/No) 

    If  no, whether  manufacturer   s authorization form enclosed as  per  Section I. 

    3  Whether   experience  in  past  performance  on  works  of   similar  nature  within the  past five years submitted as  per  Schedule-I of  Section-II. (Attach copies of  

     purchase order  and  performance certificates) 

    4  Whether   details  of   current  work   in  hand  and  other   contractual  commitments 

    submitted as  per  Schedule-II of  Section-II. (Attach copies of   purchase order) 5  Whether   P&L  statement  and  balance  sheet  and  auditor   s  report  submitted  fo 

    r  

    6  Whether  information regarding current litigation submitted. 

    7  Is the  bidder  in  business of  the  jobs tendered for  a minimum  period of  five 

    years at the time of   bid opening? (Attach copy of  registration of  the firm.) 

    8  What is the  bidders annual financial turn over  during last three years? st 

    1  recedin   ear  nd 

    2  recedin   ear  rd 

    3  recedin   ear. 9  Has  the  bidder   completed  /  having in  hand,  three  projects  or   above  of   simil

    ar capacity 

    10  Whether  a copy of   IT clearance/returns submitted for  the  previous three years. 

    11  Whether   a  copy  of   valid  Sales  Tax  Registration  for   the  tendered  item 

    submitted. 

    12  Whether  a copy of  Sales Tax clearance/returns submitted for  the  previous three 

    years. 

    13  Whether   Solvency Certificate equal  to three months requirement  of  cash flow 

    at the  peak  execution  period for  the  project submitted. 

    14  Payment terms accepted (Yes/No). 

    15  Sealed and signed tender  document & specifications in original enclosed (Yes/No). 

    16  EMD Details: 

    DD  No…………………. dated ………………. For  Rs. …………….. 17  Correspondence address  ________________________________________  

     ___________________________________________________________  _   ____________________________________________________________  

    Ph.  No. ……………… Fax  No. …………. Mobile  No. ………………… 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    11/194

    11

    VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHKARI SANGH LTD 

    PATNA DAIRY PROJECT 

    Feeder Balancing Dairy Complex, Phulwarisharif, Patna - 801505 

    Phone 0612-2252553,2252542, 2251622, Fax 2250325 

    E.mail:[email protected]  

    INDEX 

    1.  SCHEDULE-I  PAGE NO. 

    1.1 SPECIAL  NOTES 

    1.2  ELIGIBILITY & QUALIFICATIONS CRITERION SHEET 

    1.3 SYNOPSIS OF TENDER  

    1.4 GENERAL TERMS & CONDITIONS 

    1.5 ANNEXURE  –  I  :  Form of  Tender  for  quoting rates. Part A 

    Part B 

    1.6 ANNEXURE  –  II  :  Form of  Bank  Guarantee for  30% 

    advance  payment. 

    1.7 ANNEXURE  –  III  :  Form of  agreement required to  be 

    submitted  by the supplier  

    1.8 ANNEXURE  –  IV  :  General terms & conditions which 

    will  form  an  integral   part  of  

    Purchase Order. 

    1.9 ANNEXURE  –  V  :  Performa of   Bank   Guarantee  for  

    releasing 10%  balance  payment. 

    1.10 ANNEXURE  –  VI  :  Eligibility & Qualifications Criterion 

    2.  SCHEDULE  –  II  :  Detailed technical specification. 

    Sub Section  –  I  :  Project Information 

    Sub Section  –  II  :  Basis of  Design and Design Data 

    Sub Section  –  III  :  Process Flow Description Sub Section  –  IV  :  Technical Data & Information to  be Provided  by the Bidder  Sub Section  –  V  :  Project Management Sub Section  –  VI  :  Scope of  Work

    3.  SCHEDULE  –  III  :  General Terms and Conditions of  

    Erection Testing & Commissioning 

    4.  SCHEDULED  –  IV  :  Equipment Layout 

    and Flow Diagram 

    5.  LAST DATE & TIME OF ISSUE OF TENDER   As   published in 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    12/194

    12

    Website 

    6.  LAST DATE & TIMEOF RECEIVING TENDER:  As   published in 

    Website 

    7.  DATE & TIME OF OPENING TENDERS  As   published in 

    Website 

    8  ADDRESS FOR  COMMUNICATION  :  As given above 

    9.  PLACE OF OPENING  :  VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH 

    UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD 

    FBD Complex , Phulwarisharif  , 

    Patna 801505 

    10  TENDER  ISSUE TO  :  M/s.____________________, 

     ________________________,  

     ________________________.  

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    13/194

    13

    SYNOPSIS OF THE TENDER  

    1.0  Purchaser  :  VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD 

    FBD Complex , Phulwarisharif  , Patna 801505 

    2.0  Contact  :  Phone  No: 0612-2252542-553, Telefax: 0612-2250325. Website: www.patnadairy.org & www.compfed.co.in 

    E-mail: [email protected] 3.0  Job  :  ―Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of  150 MTPD cattle feed  plant on Turnkey Basis at Cattle Feed Plant , 

    Jagdeopath , Patna 14 

    4.0  Exclusions  :  All  Civil  works,  Workshop  Tools  &  Machines,  Sanitary Installation, Water  Disposal, Fire Extinguishers, 

    5.0  Eligibility  : i.  The  bidder  should have completed/ having in hand at least three  projects of  similar  nature capacity 150  TPD or  above cattle feed  plants in the last five years. 

    ii.  The  bidder  s annual financial turnover  in the same name and style 

    during the last three years shall not  be less than Rs. 10 crores in each year. iii.  The  bidder  should have in house manufacturing setup for  the 

    Cattle Feed  plant & machineries and their  spare  parts. 

    6.0  Completion  :  Supply, Erection Testing & Commissioning within Six months 

    7.0   Automation  :  Automation scope starts from the dumping of  Raw material in Raw material godown and till  bagging conveyer  

    8.0  Payment  :  For  Supply of  equipment 

    30% advance against Bank  guarantee 60% after  supply of  equipment and inspection at site. 10% after  completion of   job & against  performance BG 

    For  Erection & Commissioning 

    10% advance against Bank  guarantee 

    80 % after  erection, commissioning & completion of  trial runs 10% after  completion of   job & against  performance BG 

    9.0 Liquidated damages :  0.5%  per  week   beyond the contract  period & maximum upto 5% of  the contract value. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    14/194

    14

    10.0 Bid submission  :  In Two Parts  –  

    Technical Bid in Envelope No. 1 which shall include 

    i.  Earnest Money deposit 

    ii.  All technical details of  equipment to  be supplied, literature,  job completion certificates, tax clearance / returns filed and 

    other  documents as  per  the requirements given in the tender  iii.  All other  qualifying documents 

    Commercial Bid in Envelope No. 2 which shall include 

    i.  Tender  Form ( as given on  page) giving full details of   prices of  

    supply and erection including all taxes & duties. 

    ii.  Terms and conditions iii.  Price  break  up of  all the equipment to  be supplied as  per  Annexure - I. 

    Both Envelopes to  be  placed  in separate envelope clearly Indicating Technical  bid & Price  bid 

    11.0 Bid validity  :  120 days from the date of  opening of   bids 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    15/194

    15

    GENERAL TERMS AND CONDITIONS PREFACE: 

    VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH , Patna  hence forth termed as  VPDUSS  Ltd.., invites the sealed competitive  bids from the technically & financially sound individual / HUF / firm / Company for  ―DESIGN, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING 

    AND COMMISSIONING OF 150 TPD CATTLE FEED PLANT  ON TURNKEY BASIS‖ AT CATTLE FEED PLANT , JAGDEOPATH , PATNA 14. 

    The Managing Director, VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH 

    LTD.reserves the right to reject any or  all the tenders in full or   part thereof, which in his

    opinion  justifies such action without further  explanation to the tenderers. 

    SPECIAL TERMS & CONDITIONS OF TENDER AND CONTRACT: 

    1.  SUBMISSION OF TENDER: 

    The tenders should  be sent  by Registered  post with acknowledgement due so as to reach the 

    Managing Director,  Vaishal PATLIPUTRA Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh  Ltd.,  FBD Complex, 

    Phulwarisharif  , Patna-14  not later  than the time and  date mentioned in the  NIT  published. 

    Alternatively the tenderers or  their  agents can also submit their  tenders  personally at the office of  the Managing Director,  Vaishal PATLIPUTRA Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh  Ltd.,  FBD Complex, Phulwarisharif  , Patna-14 and obtain the acknowledgement latest  by the time and 

    Date mentioned in the  NIT  published. 

    1.1  Technical & Financial  bids to  be submitted in two separate  properly sealed envelopes 

    marked Technical & Financial as the case may  be on the left corner  of  the envelopes 

    Tender   for   ―DESIGN,  SUPPLY,  INSTALLATION,  TESTING  AND 

    COMMISSIONING OF 150 TPD CATTLE FEED PLANT  ON TURNKEY  BASIS‖ 

    AT CATTLE FEED PLANT , JAGDEOPATH , PATNA-14 . 

    The technical  bids should  contain the DD for  EMD and photocopies of  work  

    orders executed  by tenderers in the  past five year, in absence of which tender  should  be technically disqualified.  The financial  bids should  be given in sealed separate envelope and also marked financial on the envelope.  Financial  bids shall  be opened only after  due evaluation of  the technical  bids. 

    1.2  No responsibility shall  be taken for   premature opening of  the tender, which is not  properly addressed and  identified. 

    1.3  The tenderer  whose tender  is accepted (hereinafter  called the supplier/contractor) will  be required to furnish security for  the due fulfillment of his contract in the form of   a 

     bank  demand draft of   10 % of  the contracted value (F.O.R. site). This  bank  Demand Draft of   Nationalized / Scheduled Bank  drawn in favour  of  Managing Director,  VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD. Ltd, Patna. is to  be submitted 

    within a  period of  10 to 15 days from the date of   placement of Purchase Order.  The EMD amount  shall  be adjusted in the aforesaid  security.  No interest shall  be  paid for  the security money deposit for  the  period during which it (the security money) lies in deposit with the VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    16/194

    16

    In case the contractor/ supplier  complete  it contractual obligations  expect for  

     performance of  equipment  for  which 10%  amount  is deducted /  retained  while  processing  payment against supply or  erection. The security deposit can  be refund at such  point of  time as may  be decided  by the Purchase section at its sole discretion. 

    All compension or  other  sums of  money  payable  by the contractor  to VAISHAL PATLIPUTRA 

    DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH , Patna  under  the terms  of  this contract  may  be deducted from, or   paid  by the sale of  a sufficient  part of  his security deposit or  from 

    any  sums which  may  be due or  may  become due to contractor   by the VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH , Patna, on any account  whatsoever, and in the event of  his security deposit  being reduced  by reason of  any  such deduction or  

    sale as aforesaid, the  contractor  shall  within ten  days  thereafter  make good in  case 

    endorsed  as aforesaid any sum of  sums which may have  been deducted  from or  raised  by sale of his security  deposit or  any  part thereof. 

    1.4  The counter  terms & Conditions will not  be accepted  and  as  such  no additions/ 

    deletions or  alternation in the tender  form should  be done. In such case tender  document 

    may  be liable to reject. 1.5  The tenderer  shall  be deemed to have carefully examined the terms  & conditions, 

    specifications, size, make and drawing etc. In case of  any doubts as to the meaning of  any  portion of  these conditions or  of  the specification, drawing etc. he shall  before filling the tender  form and signing the contract, refer  to the competent authority and get clarifications. 

    1.6  The tenderer  shall, invariably, furnish complete address of  the  premises of  his office, godown and workshop together  with full name and complete address, telephone no., FAX no.,  Mobile no. of  the  person/s who is to contacted  for  the  purpose. All 

    Correspondence sent on the given address shall  be deemed to  be  properly served. 1.7  The contractor  shall not sublet his contract or  any substantial  part thereof  to any other  

    agency/  person / firm/ establishment. 1.8  The contractor  shall have to submit all related formalities in case of  firm/ company like 

     partnership deed / memorandum and articles of  association, registration certificate,  bank  guarantee, PAN no. etc along with this tender-form. Any change in constitution of  the firm shall  be intimated to VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH 

    LTD.  ., for  approval. 1.9  The tenderer  should sign the tender  form  at each  page at the end in token of  the 

    acceptance of  all the terms & conditions of  the tender. 

    1.10  The VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH  Ltd., reserves the right to accept any tender  and reject any tender  in whole or   part without assigning 

    any reason thereof. Order  can  be  placed for  whole or   part of  the  job to the tenderer  

    at the absolute discretion of  the VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH  LTD

    1.11  Any discrepancy in filling the tender/ incomplete tender  form shall make the tender  liable to  be rejected. 

    1.12  General Terms & Conditions for  contract are annexed with the tender  document which forms as integral  part of  the contract. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    17/194

    17

    2.0  GENERAL TERMS  AND CONDITIONS 

    2.1  The tender  thus  prepared should  be  put in  properly sealed double cover  in two separate envelopes marking clearly technical bid and financial bid and super  scribed giving the tender  reference number  and date of  opening. The covers should  bear  address of  Vaishal PATLIPUTRA Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh  Ltd.,  FBD Complex, Phulwarisharif  , Patna-14  . Only one tender  should  be kept in cover. In case more than 

    one tender  is kept in a cover, all the tenders thus kept shall  be liable to  be ignored. 

    2.2  The  tender   must  be  submitted  in  the  three  envelopes  method  as specified  in 

    special notes. 

    2.3  The tender thus prepared should be put in properly sealed cover and super- scribed giving the tender reference number and date of  opening. The covers 

    should  bear  address  of   Vaishal PATLIPUTRA Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh  Ltd., FBD Complex,  Phulwarisharif ,Patna-14  . Only one tender should be kept in one cover. In case more than one tender  is kept  in  a  cover,  all  the  tenders  thus kept  shall  be liable  to  be ignored. 

    2.4   No responsibility shall  be taken for  the  premature opening of  the tender  which is not  properly addressed and identified. 

    2.5   No  telegraphic/telephonic/telex/Fax  tenders  shall  be  considered.  However,  any amendment  sent  by telegram/telex/Fax  to the tender  already submitted shall  be 

    considered,  provided it is received  before the due date and time for  opening of  the tender  and it is confirmed in writing  by  post. 

    2.6  LEGAL COMPETENCY OF SIGNING THE TENDER  

    Individual  signing the tender  or  other  documents  connected  with this tender  must specify whether  he signs as: 

    a) ―Sole Proprietor‖ of  the firm or  constituted attorney of  such  proprietor. 

     b) The  partner  of  the firm, if  it is a  partnership firm in which case, he must have 

    authority to refer  to arbitration disputes  pertaining to  business of  the  partnership 

    either   by virtue of  the  partnership deed or   by holding the  power  of  attorney. 

    c) Constituted attorney of  the firm, if  it is a Company. 

    NOTE: 

    1)  In case of  (b) above, a copy of  the  partnership deed or  general  power  of  attorney duly attested  by a notary  public should  be furnished or  any affidavit on stamp  paper  of  all the 

     partners admitting  execution of  the  partnership deed or  the general  power  of  attorney should  be furnished. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    18/194

    18

    2)  In  case of   partnership firms, where no authority  to refer  disputes concerning to the  business of  the  partnership has  been conferred on any  partner, the tender  and all other  

    related documents must  be signed  by every  partner  of  the firm. 3) A  person, signing the tender  form or  any documents constituting an integral  part of   the 

    contract, on  behalf  of  another  shall  be deemed to warranty that he has authority to  bind such other  and if, on enquiry it appears that the  person so signing has no authority to do so, 

    the  buyer  may without  prejudice to other  civil remedies, terminate the contract and hold the signatory liable for  all costs and damages. 

    2.7  EARNEST MONEY  DEPOSIT 

    2.7.1  Earnest  money amounting to Rs. 08,00,000/- (Rupees  Eight only) must 

    accompany the tender. The earnest money shall  be required to  be  paid  by a crossed 

    demand draft in favour  of  Managing Director, Vaishal PATLIPUTRA Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh Ltd., drawn on any scheduled or   Nationalized  bank  in India,  payable at Patna. The 

    tenders accompanied  by cheques instead of  demand draft towards earnest money will 

    not  be considered. Earnest money shall have to  be  paid according to the items offered  by tenderers covering the total quantity required for  all the  projects. 

    2.7.2  Any tender  which is not accompanied  by earnest money deposit will  be summarily 

    rejected. Earnest money of  unsuccessful tenderer  will  be returned within 120 clear  days from the date of  opening of  the tender. 

    2.7.3   No interest shall  be  paid for  the earnest money deposit for  the  period during which it 

    (the earnest money) lies in deposit with the Vaishal PATLIPUTRA Dugdh Utpadak  Sahakari 

    Sangh Ltd. 

    2.8  The tenderers should state herein the complete address to which the orders, notices and 

    further  correspondence  pertaining to the tender  and agreements are to  be sent. Any 

    correspondence made  by the VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD./milk  union at the address given herein shall  be deemed to have  been delivered 

    to the  party notwithstanding that such correspondence may not in fact have  been delivered. Any change in the address thereafter  must  be notified to the Managing Director, VAISHAL 

    PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD.Ltd., Patna and the concerned milk  unions and a copy in confirmation of  VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI  SANGH LTD./ milk  union having recorded change in address  be obtained in writing from VAISHAL PATLIPUTRA A 

    DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD./milk  union. In absence of  such confirmation the correspondence  made on the address given herein shall  be valid once the confirmation is issued  by VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD./milk  union subsequent correspondence shall  be sent to the new notified address. 

    Address_______________________   Telegraphic  Address_________________  

     _____________________________  

    Phone  No./  _________________________  

    Mobile no.____________  Fax  No.__________  E-mail________________  

     Name of  contact Person:_______________________. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    19/194

    19

    2.9  The tenders received shall  be opened on the date and time given in the  N.I.T. at the Office of  the Managing Director, VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI 

    SANGH LTD , Patna . The tenderers or  their  accredited agents will  be allowed to  be Present at the time of  opening of  the tender. 

    2.10   Negligence on the  part of  tenderer  in  preparing the tender  confers no right to withdraw 

    the tender  after  it has  been opened. 2.11  The specifications, conditions, schedules drawing of  the tender  constitute an integral 

     part of  the tender. 2.12  All tenders in which any of  the  prescribed conditions are not fulfilled or  which have 

     been vitiated  by errors in calculations totaling, or  other  discrepancies or  which contain overwriting in figures or  words or  corrections not initialed and dated will  be rejected. 

    2.13  In the  place of  substantial non conformity with the specifications or  if  it contains any 

    inadmissible reservations seen or  otherwise, in contravention to the sprit and latter  of  

    the tender  documents, such tenders shall  be summarily rejected. 

    All compensation or  other  sums of  money  payable  by the contractor  to  VPMU Ltd. 

    under  the terms of  this contract may  be deducted from, or   paid by the sale of  a sufficient  part of  his security deposit or  from any sums which may  be due or may  become due to the contractor   by the Vaishal PATLIPUTRA Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh Ltd. on any account whatsoever, and in the event of  his security deposit  being reduced  by reason of  any such deduction or  sale as aforesaid, the contractor  shall within ten days thereafter make good in cash endorsed as aforesaid any sum or  sums which may have  been deducted from or  raised  by sale of  his security deposit or  any  part thereof. 

    2.14   No refund of  tender  fee  is claimable for  tenders not accepted or  Forms returned or  

    tenders not submitted. 

    1.0  SCOPE OF

     TENDER. 

    3.1  Supply : 

    1.  The scope of  this tender  shall include only the design, fabrication, supply, erection, 

    testing & commissioning of  the cattle feed manufacturing  plant required for   producing 

    150 Tons  per  day  balanced cattle feed .The equipment  shall include mainly intake conveyors,  storage  bins, auto  batching, grinding, molasses mixing,  pelleting,bagging, 

    aspiration systems, air  compressor  and LT electrical. The scope of  the  bidder  shall 

    necessarily include the supply as well as erection  and commissioning. Any  bid for   part  job will  be summarily rejected. 

    2.  The  plant will  be installed on the fabricated MS structure and covered with the  pre- 

    coated sheets and fitted with lighting and lightening arrestor   by the  bidder. 3.  All the civil works, foundations, water, steam, molasses and electrical  power  shall  be 

     provided  by the Vaishal Patliputra Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh  Ltd., Patna . 

    4.  The Tenderer  shall  be responsible for  developing the conceptual  layout  and  flow 

    diagram to ensure automatic operation of  the  plant with minimum investment. 5.  Since this will  be Turnkey Job  it will  be the full responsibility of  the Tenderer  to carry 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    20/194

    20

    out all minor  works necessary to achieve the rated capacity of  the  plant even though 

    they might not have  been expressly mentioned in the tender  document. 6.  All the equipment to  be supplied will have to  be manufactured as  per  the standard 

    specifications adopted  by the cattle feed industry in the country. 7.  This contract will  be ―Fixed Rate Contract‖ and the contractor  will have to supply the 

    equipment and complete the erection and commissioning within the agreed contract 

    value and no escalation of   prices will  be allowed. 8.  It is absolutely essential to complete the  job of  design, fabrication, supply, erection and 

    commissioning of  cattle feed  plant within six months from the date of  signing the contract and receipt of  advance. 

    9.  The tenderer  is advised to visit to site so as to apprise himself  of  actual site condition and quantum of  work  involved. 

    3.1.1 Erection, Testing & Commissioning: 

    The tenders  shall  erect/install  the equipment in accordance with the General  terms  & 

    Conditions, special terms and conditions, specifications stipulated in Schedules of  the tender. 

    4.0 TURN  – KEY  CONTRACT 

    This is a turn - key  project. All necessary material which may  be required for  the successful completion of  the  project falls in the scope of  the work. Cost of  installation for  any addition or  deletion in quantities will  be calculated  based on the unit  prices indicated. If  any extra quantities of  quoted items are needed then the tenderer  shall supply those at the quoted unit  price. If  any extra item (s), not included in the tender   but required for  successful completion of  the work, the same will  be either  supplied  by the VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD./Milk  Union and erected  by the tenderer  or  supplied  and erected  both  by the tenderer  at mutually agreed rates considering  purchase  price, taxes and handling charges etc.  Necessary 

    ESI/PF deductions, wherever  applicable shall  be  borne  by the tenderer. 

    The  actual  payment shall  be reimbursed  by VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH  LTD./Milk  Union against  production of  original documents. 

    The tenderers are required to give the  price  bid for  all items section-wise in the same faction as 

    of  Part  –  A showing the F.O.R. unit rate for  supply as well F.O.R. unit rate installation, testing 

    & commissioning as well the total cost. 

    In addition to the standers mentioned, all works shall also conform to the requirements of  the 

    following for  which necessary certifications of   the concerned departments are to  be obtained 

    and submitted to the concerned Milk  Union/VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD.:- 

    a.  Indian Electricity Act and rules framed there under. 

     b.  Fire, Insurance and Regulations Act. 

    c.  Regulations laid down  by the Chief  Electrical Inspector  of  the State/State Electricity 

    Board. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    21/194

    21

    d.  Regulations laid down  by the Chief  Inspector  of  the Factories & Boilers of  the State. e.  Regulations laid down under  the Explosive Act. 

    f.  Regulations as  per  Weight and Measure Act. g.  Pollution Control Board of   Bihar. h.  Bureau of  Indian Standards 

    i.  Any other  regulations laid down  by the local authorities. 

    Applications under  various Acts should  be moved through MD, Union well in advance so that 

    operation of  the  plant could  be started as  per  rules and regulations from the day one after  

    handing over  the  plant. However, actual fee and other  charges deposited with the government 

    authorities will  be reimbursed to the Contractor  after production of   receipt. 

    5.0 BID PRICES 

    5.1 The  price should  be quoted on the  basis of   F.O.R. site inclusive of  all taxes.  All taxes are to 

     be  built up in the financial  bid  part as on 25.10.12 and are to  be shown separately.  Any 

    addition/deletion/variation in taxation or  future taxes leveled  by the State or  Central Govt. 

     beyond this date shall  be  born  by VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD./Concerned Unions. It should  be absolutely clear  that any tax  applicable as on  06.11.2012  but not considered  by the tenderer  while submitting financial  bid 

    shall  be deemed to have included in the rate offered  by the tenderer. 

    The  bidder  shall quote for  the total  package of   Design, Fabrication,  Supply, Erection, Testing & Commissioning on the Turn key  basis. The  prices quoted under  different heads should  be grouped as under. 

    Supply  - Including  packing, forwarding, taxes & duties, freight, loading & unloading at site and insurance etc. Detailed  price  break  and list of  equipment as given under  Annexure  –  I should  be submitted in Commercial Bid, i.e. Envelope  –  2 

    Erection &  commissioning  –  Labour  charges including service tax should  be given for  all the equipment and the steel structure as  per  the list given under  Annexure  –  I should  be submitted 

    in Commercial Bid, Envelope - 2 

    Discount  if  any should also  be indicated separately.  The  bidders separation  of   price components 

    as above will  be solely for  the  purpose of  facilitating the comparison of   bids  by the purchaser and will not in any way limit the  purchasers right  to contract on any of  the terms offered. 

    5.2 FIXED PRICE: 

    Prices quoted  by the  bidder  shall  be fixed during the  bidder,s  performance of   the contract and not subject to variation on any account . 

    5.3  PRICE OF SPARE PARTS: 

    All the  bidders are required to submit the list of  spares with  rates. In case of   bought out items a list giving full  particulars, including  available sources and current  prices, of  all 

    spare  parts, special  tools,  etc.  which  are necessary for  the  proper  and continuing functioning of  the  plant for  a  period of  two years should  be furnished.  These  prices should  be valid, for  acceptance  by the  purchaser  and  placement of  orders, for  one year  from the 

    date of   bid opening. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    22/194

    22

    5.4  The  prices thus quoted  by firm, free from all escalations and valid for  a  period of  120 clear  

    days from the closing date of  the tender. 

    5.5  All  the  tenderers  should  quote  for   supply  of   equipment  in  fully  fabricated  and 

    assembled condition. 

    5.6 BREAK   – UP PRICES All  the   bidders  shall  furnish  the  cost  separately  for   the  supply  and 

    installation/commissioning along with detailed cost  break-up (item-wise), which will  be 

    applicable for   progressive  payments. Items  and works for  which no  break-up  price is furnished  by the  bidder  will not  be  paid for   by the  purchaser  when supplied/executed and shall  be deemed covered  by other   break-up  prices. Such  break  up cost should  be  based on ex-works cost and  percentage of   ex-works cost should  be indicated separately for   packing and  forwarding,  transportation, insurance and  other  incidental  charges, erection  and 

    commissioning on  percentage  basis for  each item. 

    5.7  Sales Tax/Entry Tax : The Sales Tax, Entry Tax, Surcharge and any other  type of  taxes  prevailing upto date of  

    submission of  the rates must  be included in the net rate. This however  should  be shown separately, so that in the event of  any subsequent change in these charges  by the Government 

    (State or  Central), the same will  be considered for  increase/decrease over  the net rates. Wherever   possible  C/D forms shall  be issued to avail concessional rates of  the Central/State Tax. The Entry Tax, if  applicable, should  be included where the supplier   belongs to outside Bihar  and Purchase Order/RAL  placed on outside Bihar. The tenderer  must also indicate 

    the details of  Sales Tax Registration and the number  allotted to them  by Sales Tax authorities. 

    5.8 Octroi : Octroi duty, if  applicable at the destination shall  be  paid extra on all dispatches made from the suppliers  works/warehouses to the  point of  destination. 

    5.9  Excise Duty : 

    Excise duty or  surcharge prevailing upto the date of  submission of  the rates must  be included in the net rate. This however, should  be shown separately, so that in the event of   any subsequent change in these charges  by the Government (State or  Central), the same will  be 

    considered for  increase/decrease over  the net rates. However, the increased excise duty due to change in slab on higher  turnover  shall  be  payable  by the tenderer. 

    5.10  Service Tax: The Service Tax and Surcharge  prevailing upto date of  submission of  the rates must  be 

    included in the net rate. This however  should  be shown separately, so that in the event of  any 

    subsequent change in these charges  by the Government (State or  Central), the same will  be 

    considered for  increase/decrease over  the net rates. 

    5.11 Unloading charges at site  –  For  supply order  the  price should exclude unloading charges. However  for  installation 

    contract  the  price must include these charges. 

    5.12 If   the  price for  reasons  of  change in statutory taxes and duties  by Government  taking  place 

    during the  period of   bid finalisation or  during  the normal delivery  period envisaged in the 

    Purchase Order/Contract. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    23/194

    23

    6.0  (a) The material/equipment/machinery offered must  be securely packed  at  the cost of the 

    suppliers  to withstand  tough  handling enroute  by road/rail/air. Packing should  be 

     provided with  protective  lining  to avoid damage to the surface of  the  packing  and the items  packed inside. 

    (b) Marking : 

    Each  package delivered under  this tender  shall  be marked  by the suppliers at their  own 

    expenses. Such  markings shall  be distinct and should  bear  the following: 

    (i)   Name of  the supplier. 

    (ii)  Details of  the items in the  package. 

    (iii) Weight gross, net and tare. (iv)  Name and address of  the consignees as mentioned in the Purchase Order. 

    Marking shall  be carried out with such a material as may  be considered  necessary as 

    regards quickness of  drying, fastness and indelibility. 

    7.0  Insurance :- 

    The supplier  shall arrange insurance coverage, according to the dispatch  instructions 

    issued  by Vaishal PATLIPUTRA Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh  Ltd., Patna and the supplier  

    should cover  all dispatches. However, to avoid any complications that may arise 

    at the time of  settlement of  claims  by the underwriters for  the transit  losses  it  is  proposed that the insurance coverage shall  be arranged  by the supplier  as under  : 

    (a)  The insurance coverage shall  have  to  be arranged  commencing from  their  

    warehouse/works to the warehouse of  the  buyer  (All Transit risks). 

    (b)  Suppliers  are requested to take insurance with any  Nationalised  Insurance Company. 

    (c)  The cover   provided by the insurance shall  be in such amount so as to allow 

    complete replacement for  any item lost or  damaged. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    24/194

    24

    8.0 Guarantee :- 

    The supply of  equipment as well as installation, if  entrusted shall have to  be carried out  by the 

    supplier  to the entire satisfaction  of  the  buyer.  The supplier  shall also guarantee to 

    repair/replace without any extra cost, the items or   parts there of  if  found defective due to defective design, workmanship or  substandard  material  brought to the attention within 12 calendar  months from the date of  satisfactory commissioning or  within 24 months from the 

    date of  receipt of   material at site, whichever  is earlier. If  it is necessary  to send the defective equipment or   parts thereof  for  repair/replacement the cost of  loading, unloading, repacking and transportation from the site to works and  back  to site shall have to  be  borne  by the 

    supplier. The guarantee however  does not cover   any damage resulting from normal wear  and tear  or  improper  attendance or  mishandling of  the equipment  by the  buyer/his authorised representatives. 

    The contractor  shall have to guarantee the complete installation for  satisfactory  performance 

    for  a minimum  period of  one year  from the date of  commissioning of   the  plant. Any defect 

    arising out of  faulty erection/installation or  use of  substandard  material or  workmanship shall 

    have to  be rectified  by the contractor  at his own cost. 

    8.1 Warranty : 

    All the suppliers shall  provide a warranty for  a minimum  period of  12 months from the date 

    of  commissioning of  the equipment  for  the satisfactory  performance of  the equipment 

    supplied to the designed/rated/installed capacity or  any other  norms fixed  by the  buyer. 

    Also, they should  provide a warranty for  the  period as stated above to the effect  that supplier  shall alone  be responsible for  all the litigations/disputes/claims and other  legal complications that may arise in connection with the  patent rights design rights and the 

    rights of  ownership of  the materials. 

    8.2 Right to operate & use unsatisfactory material or equipment : 

    If  after  delivery, acceptance  and  installations and within the guarantee  period, the operation 

    of  use of  materials or  equipment  proves to  be unsatisfactory  to  the  buyer, he shall have the 

    right to continue to operate or  use such materials or  equipment until rectifications of  defect, 

    errors or  omissions by  repair  or   by  partial replacement can  be made without interfering with the  buyer  ‘  s operation. 

    9.0 Terms of Payment : 

    Following terms of   payment would  be applicable to this order  subject to supplier/ contractor  

    having furnished security deposit for  10% of  the F.O.R. order  value for  the due fulfillment of  this  contract in form  of  cash/DD  in  accordance with the Clause  No.1.3  of  the tender  document.  In case the contractor/supplier  completes its contractual obligations  before 12 months the cash/DD deposit can  be refunded  before 12 months at the sole discretion of  VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD.  before aforesaid  period of  12 months. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    25/194

    25

    9.1  For supply of  material :- 

    30% of  the ex-works order  value (basic cost) shall  be  paid on acceptance of  the order  subject 

    to the supplier  furnishing a Bank  Guarantee valid for  12 calendar  months from the date of  

    guarantee for  an equivalent amount from a scheduled or   Nationalised Bank  in the enclosed  proforma given  at Annexure-II. The Bank  Guarantee can  be released  by VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD. once  the advance is fully recovered/adjusted. 

    The execution of  agreement in the format at Annexure-III is also a  precondition for  clearing advance. 

    60% (90% in case of  the supplier/contractor  who has not taken advance) on safe receipt of  

    the equipment ordered at site  but not later  than 45 days from the date of  receipt of  the 

    equipment at site. 

    The 10% of  the FOR  site value shall  be  paid within 12 calendar  months from the date of  

    commissioning or  24 months from the date of  receipt of  the same at site, whichever  is 

    earlier.  However  the  balance 10% will also  be released,  if  so  desired  by the supplier, 

     provided  the supplier  furnishes a Bank  Guarantee from a Scheduled or   Nationalised Bank  

    for the 10% value valid for  a  period of  12 calendar  months from the date of issue of  Bank  Guarantee in the  proforma enclosed. 

    9.2  For Erection :- 

    90% on submission of   progressive  bills duly certified  by the authorised representatives/Site 

    Engineer  of  VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH  LTD. and  balance 

    10% within 12 months from satisfactory commissioning of  the equipment. However, the  balance 10% will also  be released, if  so desired  by the supplier,provided the supplier  furnishes a Bank  Guarantee from a Scheduled or   Nationalised Bank  for  the 10% value 

    valid for  a  period of  12 calendar  months from the date of  issue of  Bank  Guarantee in the  proforma enclosed. 

    10.0  DELIVERY  SCHEDULE OF ITEMS 

    (a) Bidders  should  submit  a detailed  item  wise delivery schedule keeping in  view  the 

    completion  period  of  the contract.  Such items shall  be grouped  under  monthly 

    delivery schedule with total value of  such items. This will facilitate for  ensuring  the cash flow requirement for  the  project. 

    (b) The delivery time given in the contract is to  be adhered to strictly. For  this  purpose the 

    supplier  has to inform VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD. the 

     progress made towards fabrication of  the items ordered from time to time during the delivery  period. The supplier   has to  maintain good  progress of  work  during the 

    delivery  period so as to deliver  the items  ordered in time. It is essential that VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD. is informed of  the quantified 

     progress  made  by the supplier   by Registered Post  once after  1/3rd of  delivery time elapses  and  again after  2/3rd of  delivery time elapses.  In case  VAISHAL PATLIPUTRA 

    DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD. does not  receive such  progress  reports it will  presume that the work  has not  been taken up  by the supplier  in the right earnest and that VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD. in such a situation will  be at 

    liberty to withdraw the work  order  and forfeit the earnest money as well as security deposit simultaneously. The supplier  is therefore advised strictly to follow this essential fcondition of  the contract. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    26/194

    26

    (c) It may  be noted that delay/time taken in release of  advance  payment whether  for  reasons of  supplier  not furnishing the Bank  Guarantee exactly in the  proforma given in  this  tender   document  or   any other   reasons  whatsoever,  will  not  affect  the delivery  period. Similarly delay in execution of  the agreement will also not affect the 

    delivery  period.  The tenderer  is  therefore  advised  to take note of  this important condition. The successful tenderer  should therefore take  immediate action for  execution of  agreement and submission of bank  guarantee of  advance, if  desired, within 10 to 15 

    days of   placement of   purchase order. It normally takes 30 days to release the advance, subject to submission of   B.G. as  per  our  format. 

    (d) In  case of  failure  by supplier  in making deliveries  within the time specified,  the 

    Vaishal Patliputra Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh  Ltd. may  procure the materials supplies 

    and services  from  any other  sources  and  hold the suppliers responsible for  any losses occurred thereby. Further  the Vaishal Patliputra Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh  Ltd. 

    reserves the right to terminate the services of  such suppliers in such case without assigning any reasons thereof. 

    (e) In case supplier  fails to supply machinery/equipment in delivery  period, interest at the 

    rate of  19%  per  annum will  be charged on the advance amount from the date  by which 

    delivery fails due to the actual date of  supply unless an extension in delivery  period is 

    mutually agreed to  by the supplier  and VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH  LTD.. 

    11.0  Completion of  work  : 

    The  entire  job  of   ―DESIGN,  SUPPLY,  INSTALLATION,  TESTING  AND 

    COMMISSIONING OF 150 TPD CATTLE FEED PLANT  ON TURNKEY  BASIS‖ 

    AT CATTLE FEED PLANT , JAGDEOPATH , PATNA — 14. is to  be completed 

    within 6 months from the date of  issuing the work  order. 

    It may  be noted that delay/time taken in release of  advance  payment  whether  for  

    reasons of  supplier  not furnishing the Bank  Guarantee exactly in the  proforma given in this tender  document or  any other  reasons whatsoever, will not affect the completion  period. Similarly delay in execution of  the agreement will also not affect  the completion  period. The tenderer   is  therefore  advised  to  take note of  this important condition. 

    The successful tenderer  should  therefore  take immediate action for  execution of  Agreement and submission of   bank  guarantee of  advance, if  desired, within 10 to 15 days of placement of   purchase order. 

    In case of  failure  by contractor  in completing the  job within the time specified, the 

    Vaishal Patliputra Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh  Ltd. Will have liberty to get the  job 

    Completed from any other  sources and hold the contractor  responsible for  any losses 

    Occurred thereby. Further  the Vaishal Patliputra Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh Ltd. reserves the right to terminate the services of  such contractor  in such case terminate the services of  such contractor  in such case without assigning any reasons thereof. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    27/194

    27

    12.0  Compensation for delay : 

    Clause 1 : The time allowed for  carrying out the work  as entered in the tender  shall  be strictly 

    observed  by t he contractor  and shall  be reckoned from the 15th day after  the date of  written  order  to commence the work   as given to the contractor.  The work   shall throughout the stipulated  period  of   the contract  be  proceeded with all due diligence, 

    time  being deemed  to  be  the essence of   the contract on the  part of  the contractor  and the contractor  shall  pay as compensation an amount equal to half   percent or  such smaller  

    amount as the Managing Director, VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH  LTD.  (whose decision shall  be final) may decide on the tendered amount 

    for  every week  that the work  remains un-commenced or  unfinished after  the  proper  date subject to a maximum of  5% of  the net value of  the accepted order  which  remains unexecuted or   partially executed. 

    Clause 2 :- The Managing Director,  VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH 

    LTD.  may without  prejudice to his right against the contractor  in respect of  any delay or  

    inferior  workmanship or  otherwise or  any claims or  damage in respect of  any  breaches of  the contract and without prejudice  to any rights or  remedies under  any  provisions of  

    this contract or  otherwise and whether  the date for  completion has or  has not elapsed  by notice  in writing absolutely determine the contract in any of  the following cases :- 

    (i) If  the contractor  having  been given  by the Officer-in-charge or  authorised representative, 

    a notice in writing to rectify, reconstruct or  replace any defective work  or  that the work  is 

     being  performed in an inefficient or  otherwise improper  or  unworkman like manner  shall omit to comply with the requirements of  such notice for  a  period of  seven days thereafter  or  if  the contractor  shall delay or  suspend the execution of  the work  so that either  in the 

     judgment  of  the Officer-in-charge or  authorised Engineer  (which  shall  be final and  binding) he will  be unable to secure completion or  he has already failed to complete the work   by that date. 

    (ii) If  the contractor   being a company shall  pass a resolution or   the court shall make an order  

    that the company shall  be wound up or   if  a receiver  or  a manager  on  behalf  of  a creditor  

    shall  be appointed or  if  circumstance shall arise which entitle the court or  creditor  to 

    appoint a receiver  or  a manager  or  which entitle the court to make a winding up order. 

    (iii) If  the contractor  commits  breach of  any of  the terms and conditions of  the contract. 

    (iv) If  the contractor  commits any acts mentioned in clause 19 hereof. 

    When the contractor  has made himself   liable for  action under  any of  the cases aforesaid, 

    the Managing Director, Vaishal Patliputra Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh  Ltd. shall have  powers :- 

    a.  To determine or rescind the contract as aforesaid (of  which termination or  rescission 

    notice in writing to the contractor  under  the hand of  the Managing Director, VAISHAL 

    PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD. shall  be conclusive evidence). Upon 

    Such  determination or  rescission the full security deposit of  the contractor  calculated on the tendered amount shall  be liable to  be forfeited and shall absolutely  be at the disposal of  Vaishal PATLIPUTRA Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh  Ltd. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    28/194

    28

     b.  To employ labour   paid by the VPMU and to supply materials to carry out the work  or  any  part of the work  debiting the contractor  with the cost of  the labour  and the  price of  the 

    materials (of  the amount of  which cost and  price  certified  by the Officer-in-charge shall  be final and conclusive) and crediting him with the value of  the work  done in all respects in the same manner  and at the same  rates as if it  has  been carried out  by the contractor  under  the terms of   his contract. The certificate of  the Officer-in-charge as to the value of  

    work  done shall  be final and conclusive  against the contractor   provided always that action under  the sub-clause shall only  be taken after  giving notice in writing to the contractor. Provided also that if  the expenses incurred  by the VPMU are less than the amount 

     payable to the contractor  at his agreement rates, the difference shall not  be  payable to the contractor. 

    c.  After  giving notice to the contractors on measure up the work  of  the contractor  and  to 

    take such  part  there of  as shall  be unexecuted out of  his hands and to give it to another  contractor   to complete in which case any expenses which may  be incurred in excess of  the sum which would have  been  paid to the original contractor  if  the whole work  had  been executed  by him (of  the amount of  which excess, the certificate in writing of  the Officer- 

    in-charge shall  be final and conclusive) shall  be  borne and  paid  by the original contractor  and may  be deducted from any money due to him  by Vaishal Patliputra Dugdha Utpadak  Sahakari Sangh Ltd  under  this contract or  on any other  account  whatsoever  

    or  from his security deposit or  the  proceeds of  sales thereof  or  a sufficient  part thereof  as the case may  be. 

    In the event of  any one or  more of  the above courses as may  be deemed  best suited to 

    the interest of  the VPMU  being adopted  by the Managing Director   by Vaishal Patliputra 

    Dugdha Utpadak  Sahakari Sangh Ltd.,  the contractor  shall have no claim to compensation for  any loss sustained  by him  by reason of  his having  purchased or   procured  by him  by reason 

    of  his having  purchased or   procured any materials or  entered into any engagements, or  made 

    any advances on account of  or  with a view to execution of  the work  or  the  performance of  the contract. And in case action is taken under  any of  the  provisions aforesaid, the contractor  shall 

    not  be entitled to recover  or   be  paid any sum for  any work there for  actually  performed under  

    this contract unless and until the Officer-in-charge has certified in writing the  performance of  such work  and the value  payable in respect thereof  and he shall only  be entitled to  be  paid the value as certified.Contractor  remains liable to  pay compensation if  action not taken under  

    Clause 3. 

    Clause 3 :- In any case in which any of  the  powers conferred  by Clause 3 hereof  shall have  become 

    exercisable and the same shall have not  been exercised, the non-exercise thereof  shall not constitute waiver  of  any of  the conditions hereof, and such  power  shall notwithstanding  be exercisable in the event of  any future case of  default the contractor  for  which  by any clause or  

    clauses hereof  he is declared the contractor  for  which  by any clause or  clauses hereof  he is declared liable to  pay compensation amounting to the whole of  his security deposit and the liability of  the contractor  for   past and future compensation shall remain unaffected. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    29/194

    29

    13.0 Force Majeure Clause :- 

    The terms and conditions mutually agreed shall  be subject to the Force Majeure Clause.  Neither  

    the supplier  nor  the  buyer  shall  be considered  in default in  performance of  its obligations 

    hereunder, if  such  performance is  prevented or  delayed  because of  war, hostilities, revolutions, civil commotion, strike, epidemic, accident, fire, wind, flood, earthquake or   because of  any law, order,  proclamation, regulation, or  ordinance of  any Government or  any act of  God or  any other  cause whether  of  similar  or  dissimilar  nature,  beyond the reasonable control of  the  party 

    affected should one or   both of  the  parties  be  prevented from fulfilling his/their  contractual obligations  by a state of   Force Majeure lasting continuously for  a  period of  six months, the two  parties  should  consult  with  each  other   regarding  the  future  implementation  of   the 

    agreement/purchase order. 

    14.0 Settlement of disputes : 

    In the event of  any dispute in the interpretation of  the terms of  this agreement/ Purchase Order  

    or  difference of  opinion  between the  parties on any  point in the Purchase Order  arising out of, or  in connection with the agreement/accepted  purchase order  or  with regard to  performance of  

    any obligations hereunder   by the either   party, the  parties hereto shall use their   best efforts to settle such disputes or  difference of  opinion amicable  by mutual negotiations. 

    In case, no agreement is reached  between the two  parties in respect of  or  concerning any of  the 

     provisions herein contained or  arising out of  this supply order/ tender/ agreement as to the 

    rights, liabilities or  duties of  the said  parties hereunder  or  as to the recovery of  any amount, the same shall  be referred to the Sole Arbitrator M.D., VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH  LTD. who in turn may refer  the dispute to any officer  of  VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH 

    UTPADAK  SAHAKARI SANGH  LTD. for  adjudication. The arbitration shall  be in accordance to the law of  Arbitration & Conciliation Act, 1996. The decision of  the Sole Arbitrator  shall  be final and  binding on  both the  parties. 

    All the disputes  pertaining to the said contract shall vest to the  jurisdiction of  Courts at Patna. 

    15.0 Right to  Acceptance: 

    The Vaishal Patliputra Dugdh Utpadak  Sahakari Sangh  Ltd. Does not  pledge itself  to accept the 

    lowest or  any tender  and reserves to itself the right to accept the whole or  any  part of  the tender  

    or   portion of  the quantity offered.  The tenderer  is at liberty to tender  for  whole or  any  portion 

    or  to state in the tender  that the rates quoted shall apply only if  the entire quantity is taken from them. 

    16.0 IMPORTANT NOTES : 

    16.1  TIMELY  DELIVERY, OF SPECIFIED QUALITY  OF MATERIAL, PLANT  & MACHINERY  SATISFYING ALL  DESIGN AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS  ORDERED, IS  THE  ESSENCE  OF  THE  CONTRACT. THEREFORE, FAILURE  TO DELIVER   IN TIME  OR   NOT CONFORMING  TO PRESCRIBED  SPECIFICATIONS  &  QUALITYWILL  MAKE  THE  SUPPLIER LIABLE  FOR  BLACKLISTING  THE  FIRM  AND THEREBY  DEBARRING THE  SUPPLIER   FROM  PARTICIPATION  IN FUTURE TENDERS BY   VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH  UTPADAK   SAHAKARI SANGH  LTD., MILK  UNIONS OTHER   AFFILIATED UNITS.  AS  FOR   THE  PRESENT CONTRACT 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    30/194

    30

    PENALTIES, COMPENSATION  AND OTHER   PROVISIONS  AS GIVEN  TENDER  DOCUMENT SHALL BE INVOKED ON  FAILURE OF THE PARTY. 

    16.2  VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD. and milk  unions shall 

    have the fullest liberty to notify the defaulting firm to Business/Trade Associations/Public 

    Sector  undertakings/autonomous  bodies and the like about the default and  breach of  contract 

    committed  by a firm giving out names of  the  partners of  the firm. A register  is intended 

    to  be maintained for  such defaulting firms and their   partners. 

    16.3  VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK  SAHAKARI SANGH LTD.  will  not  consider   the 

    such  firms  who  has  earlier   been debarred/censured/black   listed  or  even those 

    firms  who have on  their  role key employees/ key executives/  proprietors/  partners 

    of  another  already debarred/censured/black  listed firms in one or  the other  capacity. 

    16.4  All the tenderers without fail, should furnish full technical details about tendered 

     project. 

    1.1  The quantities mentioned in the tender  are tentative and  the actual quantities to  be  procured  may vary upward or  downward suiting to the actual requirements. 

    18.0  Supplier  will execute agreement on non-judicial stamp  paper  of  Rs.100/- (Rupees 

    One Hundred only)  before 30% advance can  be released to him. Format of  the 

    agreement is given at Annexure-III.  

    19.0  If  the Managing Director  shall at any time, and for  any reasons whatever, think  

    any  portion of  the work  should not  be executed or  should  be withdrawn from the 

    contractor  he may,  by notice in writing to that effect, require the contractor  not to 

    execute the  portion of  the work  specified in the notice or  may withdraw from the 

    contractor   the  portion  of   the  work   so specified  and  the contractor   shall  not  be 

    entitled to any compensation  by reason of  such  portion of  the work  having  been 

    executed  by him, and the value (i.e. cost at tendered rates) of  the  portion of  work  so 

    omitted or  withdrawn shall in cases where the contractor  has for  any reason already 

    received  payment for  it or  in the cases of  lump-sum contracts  be deducted from any 

    sum them due or  thereafter  to  become due under  the contract or  otherwise against 

    or  from the security deposit or  the  proceeds of  sale thereof. 

    20.0  No term or condition in addition to those mentioned above will be agreed to. 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    31/194

    31

     ANNEXURE-I (Part – A) 

    CATTLE FEED PLANT  , JAGDEOPATH  , PATNA-800 014 FORM OF TENDER  FOR  PRICE FOR  

    (TO BE SUBMITTED IN FINANCIAL BID ENVELOPE) 

    Time & Date of  opening of  Tender   : 

    Description of  goods  : 

    *The  FOR   rates indicated at sr. no. 8, 11 &  12 includes  all duties  &  t axes even if   not Explicitly mentioned  here  but  in vogue/applicable at the time furnishing rates. 

    Note : 

    1.Tenderer  should indicate clearly whether  the sales tax mentioned above is against any concessional 

    form. In case the concessional form  is not  provided, the rate of  tax  should  be mentioned. 

    2.Price  negotiations shall  be discouraged  bidders  should therefore  quote their   most  competitive 

    Rates(with  conformity  to  the  specifications  and  commercial  stipulations  given  in  the  tender)  in 

    the  very instance least they run the risk  of  losing out in absence of  negotiations. 3.The rate must be written both in words and figures. There should be no erasures and or over writings, corrections, if any, should be made clearly and initiated with date. In case if there is variation observed in the rates in between words & figures, the lowest rate shall be considered.4.The conditional offer which affect the rate of the quoted item shall be liable for rejection even 

    the quoted rate is lowest. 

    (Signed & sealed  by the tenderer  

    in token of  acceptance of  above) 

    S.No  Particulars  Amount (Rs.)  Remarks, if  any. 

    1.  Design  & supply charges  for  150 TPD Cattle Feed  Plant  equipment and  utilities  as  per  the 

    Technical specification & drawings enclosed. 

    2.  Packing & forwarding charges 

    3.  Excise Duty @______  

    4.  Sales Tax (BST/CST/VAT) @______  (see note 

    no.1given  below) 

    5.  Entry Tax if  any @________  6.  Transportation including Insurance charges 

    7.  Any other  charges (if  any) 

    8.  Total FOR  site  price (1 to 7) 

    9.  Installation, testing & commissioning charges for  150  TPD Cattle Feed  Plant  equipment and utilities as  per  the technical specification & drawings enclosed. 

    10.  Service Tax @_____  

    11.  Total FOR  Unit Price (9 to 10) 

    12.  Total  Net FOR  Unit Price for  supply, installation & 

    commissioning (8+11) (in figures and in words) 

  • 8/20/2019 C-Inetpubwwwrootsudha.coopDataFilesTender7 F1 Tender2

    32/194

    32

    CATTLE 

    FEED 

    PLANT 

     , 

    JAGDEOPATH 

     , 

    PATNA-800 

    014 PART 1. : DESIGN, FABRICATION, SUPPLY OF MAJOR EQUIPMENTS, FOR 150 TPD 

    CATTLE FEED PLANT ON TURNKEY BASIS. 

    LIST OF MAJOR  EQUIPMENT

    SR. 

    NO DESCRIPTION  QTY 

    1.00 

    1.1 

    1.2 

    1.3 

    1.4 

    1.5 

    1.6 

    RAW  MATERIALS  INTAKE  EQUIPMENT   ;- 

    DUMPING  HOPPER  ;- 

    Fabricated 

    from 

    3mm 

    thk. 

    M.S.Plate 

    with 

    magnetic 

    grill 

    1000x1000. 

    INTAKE  CHAIN  CONVEYOR  :[LENGTH  40MTR] 

    Dust 

    proof 

    and 

    bolted 

    designed 

    having 

    steel 

    plate 

    casing, 

    bottom 

    6mm 

    side 

    4mm 

    partition 

    plate 

    4mm 

    and 

    top 

    cover 

    from 

    3mm 

    plate 

    with 

    screw 

    type 

    chain 

    tensioning 

    device 

    conveying 

    chain 

    wheel 

    of 

    hardened 

    special 

    steel, 

    shaft 

    supported 

    on 

    both 

    sides 

    in 

    pillow 

    block 

    bearing 

    exchangeable 

    wear 

    rail 

    or 

    at 

    trough 

    top 

    bottom 

    for 

    chain 

    guide 

    ,raddler 

    type 

    conveying 

    chain 

    125mm 

    pitch. 

    INTAKE  CHAIN  CROSS  CONVEYOR  :[LENGTH  33MTR] 

    Dust 

    proof 

    and 

    bolted 

    designed 

    having 

    steel 

    plate 

    casing, 

    bottom 

    6mm 

    side 

    4mm 

    partition 

    plate 

    4mm 

    and 

    top 

    cover 

    from 

    3mm 

    plate 

    with 

    screw 

    type 

    chain 

    tensioning 

    device 

    conveying 

    chain�